filename
stringlengths 15
20
| identifier
stringlengths 0
17
| date
stringlengths 0
10
| language
stringclasses 24
values | url
stringlengths 0
65
| text
stringlengths 0
6.26M
| word_count
int64 0
784k
| character_count
int64 0
6.26M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/118218-2018.xml | 2018/S 053-118218 | 16/03/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118218-2018:TEXT:IT:HTML | Acqualatina S.p.A.
Viale P.L. Nervi s.n.c., Torre 10, Mimose
Latina
04100
servizio logistica
+39 07736421
appalti@pec.acqualatina.it
+39 0773472074
www.acqualatina.it
www.acqualatina.it
https://acqualatina.tuttogare.it.
https://acqualatina.tuttogare.it.
Sistema di qualificazione di Acqualatina ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di forniture (beni)
18_0010_E
Sistema di qualificazione di Acqualatina ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di forniture (beni) codificate tramite il Common Procurement Vocabulary (CPV) aggiornato alla più recente normativa europea e fino al massimo livello di dettaglio e acquisibili da Acqualatina utilizzando il sistema di qualificazione accessibile dal sito https://acqualatina.tuttogare.it.
I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente sistema sono quelli indicati all’art. 45 del Codice e dall'art. 5 del disciplinare del sistema di qualificazione.
Le categorie merceologiche sono suddivise secondo le «classi di importo» così come previsto all'art. 2 del disciplinare di qualificazione.
Si precisa che per classe di importo si intende il fatturato specifico conseguito dall’operatore economico nei tre esercizi antecedenti la domanda di iscrizione al sistema di qualificazione in relazione a servizi o forniture analoghi a quelli attinenti alla/e categoria/e merceologica/e per la/e quale/i si richiede la qualificazione, per come indicato dall’operatore economico al momento della presentazione della domanda di iscrizione al sistema.
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio — sezione staccata di Latina
Via A. Doria 5
Latina
04100
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni
TAR del Lazio — Latina
Via A. Doria
Latina
04100
2018-03-14 | 256 | 1,928 |
2018/388633-2018.xml | 2018/S 171-388633 | 06/09/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388633-2018:TEXT:EN:HTML | Procurement for Housing Limited
2 Olympic Way, Woolston Grange Avenue, Birchwood
Warrington
Iain Taylor
itaylor@pfh.co.uk
http://procurementforhousing.co.uk/
https://in-tendhost.co.uk/procurementforhousing
https://in-tendhost.co.uk/procurementforhousing
Compliance Services and Associated Works Dynamic Purchasing System
PFH/00000007
Procurement for Housing wish to establish a DPS for the delivery of compliance services projects and provision of associated works for PfH Members throughout England, Wales and Northern Ireland. It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to five years. The opportunity has been divided into seventeen categories. Organisations can apply to become qualified suppliers in one or more categories. At the Invitation to Tender stage PfH Members will define the requirements including requirements and specification, delivery model, pricing model and form of contract.
99250000
Heating Servicing and Maintenance
1
Serving and repair works which may include but is not limited to boilers, full central heating systems (Oil, Solid Fuel, Biomass, LPG etc.) and other associated works, plus renewable solutions (Air Source, Ground Source, Solar PV etc.)
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Electrical Testing and Maintenance
2
Electrical Testing, Servicing and Maintenance which may include but is not limited to domestic, commercial, appliances, heating systems, renewable solutions
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Access Control
3
Service, Maintenance and Installation of door entry systems, auto opening doors, barriers and gates and associated works.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Fire and Associated – Fire Risk Assessments
4
Provision and Completion of domestic and commercial Fire Risk Assessments and associated inspections.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Fire and Associated – Sprinkler Systems
5
Design, installation, replacement, servicing and maintenance of sprinkler systems, foam suppression, water deluge and associated systems and products.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Fire and Associated – Fire Doors
6
Installation works which may include but not limited to door sets, cupboards, outhouses and all associated installation requirements for example canopies, including making good of apertures and porch repairs.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Fire and Associated – Emergency Lighting and Fire Equipment
7
Design, installation, servicing and maintenance works which may include but not be limited to sprinklers, smoke and heat detectors, dry and wet risers, lightening conductors.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage
Fire and Associated – Passive Works
8
Installation works which may include but not limited to passive works, remedial works and compartmentalisation.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Asbestos – Surveying and Testing
9
Surveying and Testing for Asbestos.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Asbestos – Removal
10
Removal of Asbestos.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Mansafe
11
Installation and Maintenance of Mansafe work items including but not limited to guard rails, roof anchors, demarcation etc.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage
Lifts — Installation
12
Installation of lifts limited but not included to high rise, low rise, goods and people, fire.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Lifts — Servicing
13
Servicing and Maintenance of lifts limited but not included to high rise, low rise, goods and people, fire and stairlifts.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Legionella — Testing
14
Testing for legionella within the following areas- limited but not included to evaporative cooling systems, hot and cold water systems and spa pools humidifiers, air washers, emergency showers, eye wash sprays, indoor ornamental fountains, aqueous tunnel washers, swimming pools etc.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Legionella — Treatment
15
Treatment for legionella within the following areas- limited but not included to evaporative cooling systems, hot and cold water systems and spa pools humidifiers, air washers, emergency showers, eye wash sprays, indoor ornamental fountains, aqueous tunnel washers, swimming pools etc
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Japanese Knotweed and Invasive Plants
16
Treatment and removal of Japanese Knotweed and Other Invasive Plants.
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Radon Testing and Monitoring
17
Radon Testing and Monitoring
60
It is intended that the DPS will run for an initial period of 5 years with the option to extend for a further period of up to 5 years.
Projects awarded via the DPS may include an element of European Union funds this will be confirmed at point of call-off stage.
Please refer to procurement documentation for further details.
2023-09-02
17:00
This dynamic purchasing system (DPS) may be used by any contracting authority listed in or referred to in the OJEU notice. This includes:
— all current members of Procurement for Housing at the time of the OJEU notice for this procurement,
— any registered provider of social housing (or Welsh registered social landlord, or Northern Ireland registered social landlord) that becomes a member of Procurement for Housing during the period of the DPS,
— any public authority (as defined in the Freedom of Information Act 2000 for public authorities) in England, Wales and Northern Ireland, that becomes a member of Procurement for Housing at any time during the period of the DPS,
— any local authority (as defined in the Local Government Act 1972 for public authorities in England, Wales and Northern Ireland) that becomes a member of Procurement for Housing at any time during the period of the DPS,
— any housing Arm’s Length Management Organisation that becomes a member of Procurement for Housing during the period of the DPS,
— any wholly owned subsidiary of any of the above organisations, and
— any other contracting authority listed on the following page of the Procurement for Housing website,
— http:// procurementforhousing.co.uk/permissible-users/ at the time of the OJEU notice for this procurement.
Royal Courts of Justice
Strand
London
WC2A 2LL
2018-09-03 | 1,666 | 9,819 |
2018/176656-2018.xml | 2018/S 079-176656 | 24/04/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176656-2018:TEXT:NL:HTML | Provincie Zuid-Holland
27375169
Zuid-Hollandplein 1
Den Haag
2596 AW
Wilco Spaans
+31 704416933
w.spaans@pzh.nl
http://www.zuid-holland.nl
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/116932
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=210094&B=
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=210094&B=
DAS Financial Engineering
DOS-2018-0000475
Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor tijdelijke inzet op financial engineering.
Den Haag.
Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor tijdelijke inzet op financial engineering.
2018-06-04
2024-12-31
2024-12-31
12:00
Rechtbank 's-Gravenhage
Postbus 20302
's-Gravenhage
2500 EH
+31 703813131
2018-04-20 | 56 | 686 |
2018/177616-2018.xml | 2018/S 079-177616 | 24/04/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177616-2018:TEXT:IT:HTML | Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A.
San Donato Milanese
20097
mevem@snam.it
+39 0237037570
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Apparati e materiali elettrici
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle di Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i System Integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Il presente avviso riguarda le seguenti forniture:
a) sistemi di controllo distribuito (DCS/SCS) (rif. gruppo merce BB08AH01);
b) apparati di telecontrollo di nuova generazione (RTU NG) per la rete di trasporto (rif. gruppo merce BB08AH07);
c) accumulatori al piombo (rif. gruppo merce BB09AD04);
d) accumulatori al NI-CD (rif. gruppo merce BB09AD05);
e) quadri elettrici bassa tensione (rif. gruppo merce BB09AE01);
f) quadri elettrici e Sistemi di Controllo della Rete Elettrica (SCRE) per centrali (rif. gruppo merce BB09AE28);
g) barriere di protezione per circuiti di controllo e di potenza degli alimentatori automatici di protezione catodica (rif. gruppo merce BB09AE29);
h) elementi in vetroresina per quadri elettrici (rif. gruppo merce BB09AE31);
i) scaricatori per sovratensioni (rif. gruppo merce BB09AE32);
l) strumentazione di misura per la protezione catodica e accessori (rif. gruppo merce BB09AF10);
m) alimentatori di protezione catodica e drenaggi (rif. gruppo merce BB09AF11);
n) apparati di telesorveglianza per la misura di grandezze di protezione catodica (rif. gruppo merce BB09AF13);
o) componenti e apparecchiature per sistemi fotovoltaici (rif. gruppo merce BB09AH05);
p) unità e apparecchiature periferiche di monitoraggio (rif. gruppo merce BB08AH30);
q) multiplex per usi specifici metanodotti (rif. gruppo merce BB14AC39).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere il procedimento di qualificazione.
I requisiti «Specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
a) avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
b) processo di qualifica da parte di Snam;
c) codice etico di Snam;
d) rinnovo della qualifica; le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti a), b), c) e d) sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE»;
e) revisioni del presente sistema di qualificazione. Il presente avviso di sistema di qualificazione annulla e sostituisce il sistema n. 2017/S 211-439204.
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Milano
2018-04-20 | 676 | 4,902 |
2018/556876-2018.xml | 2018/S 243-556876 | 18/12/2018 | SPA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556876-2018:TEXT:ES:HTML | Grupo EDP España
Plaza del Fresno, 2
Oviedo
ES-33007
Registro de Proveedores
registroproveedores@edpenergia.es
www.edpenergia.es
Sistema de registro de proveedores del Grupo EDP España
España.
Este anuncio informa de la existencia del Sistema de Clasificación de Proveedores del Grupo EDP España para la compra de suministros indicados en el apartado II. Este sistema de clasificación es operado por GoSupply (http://www.mygosupply.com) e incorpora toda aquella información y documentación necesaria para la correcta identificación y evaluación de los proveedores en función de las categorías CPV en las cuales se clasifiquen dichos proveedores. El Grupo EDP España utilizará preferentemente este sistema de clasificación para contratar todos los productos, servicios y obras contemplados en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en los términos y condiciones allí recogidos.
Los proveedores pueden solicitar su clasificación en cualquier momento. Para ello, deberán seguir el proceso establecido por el Grupo EDP España y facilitar la información y documentación requeridas para su clasificación. Entre otros, se exige el cumplimiento de requerimientos comerciales básicos, de información financiera, de cumplimiento con obligaciones legales, de obligaciones relacionadas con responsabilidad social corporativa, de sistemas de gestión y otras. El Grupo EDP España utilizará preferentemente este sistema de clasificación como base para la selección de candidatos para presentar ofertas sujetas a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales en las categorías de productos y servicios señaladas. Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con las normas y criterios objetivos definidos en cada licitación por el Grupo EDP España.
La información relativa a cada contratación individual será facilitada por el Grupo EDP España en los documentos específicos de la misma a los proveedores seleccionados entre aquellos proveedores clasificados en el sistema. Este anuncio implica la cancelación de cualquier otro sistema de clasificación utilizado por el Grupo EDP España previamente.
Grupo EDP España
Oviedo
2018-12-14 | 332 | 2,334 |
2018/287740-2018.xml | 2018/S 126-287740 | 04/07/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287740-2018:TEXT:EN:HTML | London Borough of Newham
1000 Dockside Road
London
E16 2QU
Linda Wan
commissioning.assistant@newham.gov.uk
www.newham.gov.uk
www.capitalesourcing.com
www.capitalesourcing.co.uk
LB Newham Extra Care DPS
The Council is establishing an electronic Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of Extra Care Housing (ECH) services in Newham. The DPS is a two-stage process; this is the initial set-up stage where all suppliers must meet the selection criteria to be admitted onto the DPS. A universal specification outlining the Council’s core requirements has been produced.
Once established the DPS will enable the Council to undertake a mini-competition for individual service contracts as and when required; at this second stage, suppliers will be required to demonstrate how they will meet the service requirements set out in both the universal and supplementary specifications.
Extra Care Housing (ECH) is housing designed to meet the needs of predominantly older people who require 24-hour care and support because of their physical, learning, mental ill-health or disability. People who live in ECH have their own self-contained home, their own front door, and a legal right to occupy the property.
Newham currently has 8 existing extra care schemes operating in the Borough made up of 327 units. All schemes accept vulnerable and elderly customers aged 55+ in receipt of personal care needs of 5 hours /week or more with the exception of one scheme, Amber Court, which accepts customers 18+ years old.
ECH enables the Council to meet several council and departmental strategic priorities. The social benefits of ECH are well-documented and include:
— Better quality of life,
— Access to leisure and social activities to reduce social isolation and improve well-being,
— Well-designed environment can be a home for life and enables older people to remain in their own home even as they require increasing care and support.
Newham’s current Extra Care offer is more akin to sheltered housing because the Care and Support elements are delivered through Customers’ individual Care and Support plans rather than providing a fully coordinated 24 / 7 on-site service. Some current Extra Care Customers do not meet the eligibility criteria for Extra Care and / or are not in receipt of Care and Support. New Customers referred to Extra Care shall meet the eligibility criteria. Therefore, it is expected that the number of eligible Extra Care Customers living in the Schemes will increase.
The Council’s 3 year Extra Care Commissioning Plan identifies how the current disparate funding streams for Extra Care can be adapted to achieve best outcomes for Customers, economies of scale and value for money for the Council and increased financial benefits, certainty and flexibility for Providers. The new approach shall be a ‘Core and Flexible’ model, which shall:
— Promote Customer choice and accessibility,
— Maximise preventative opportunities,
— Achieve wider benefits to the Council,
— Ensure financial sustainability for Providers.
Through the DPS process the Council will be running mini tender exercises to commission Providers who demonstrate innovative and creative approaches to the delivery of Care and Support within Extra Care. An approach which places the Customer at the heart of Service delivery, involves Customers in choices about their Care and Support that promotes positive risk taking, independence, dignity and choice at all times and has a strong focus on enabling and re-enabling. The Council recognises the need to innovate and modernise the way care and support is delivered and supports the use of digital technology to assist with the support and delivery of these services.
The overall aim of Extra Care shall be to work with the Council, Customers, Landlords and other stakeholders to create and maintain a safe, supportive and inclusive environment that promotes independence, health and well-being.
Quality Factors which will be detailed in individual service specifications for each scheme (lot)
70
30
26240000.00
2028-12-31
2017/S 222-461490
2028-12-31
2018-09-03
Crown Commercial Service
London
W1
2018-07-02 | 636 | 4,156 |
2018/410939-2018.xml | 2018/S 181-410939 | 20/09/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410939-2018:TEXT:IT:HTML | Trenitalia S.p.A. — Direzione Acquisti
Piazza della Croce Rossa 1
Roma
00161
ict-comm@cert.trenitalia.it
www.acquistionline.trenitalia.it
www.acquistionline.trenitalia.it
www.acquistionline.trenitalia.it
www.acquistionline.trenitalia.it
Gara a procedura ristretta indetta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione per «Servizi di Merchant Acquiring»
Istituzione del sistema dinamico di acquisizione per i «Servizi di Merchant Acquiring»; i dettagli sono indicati al successivo II.2.4.
Si rinvia inoltre al Bando integrale pubblicato sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it per ulteriori informazioni e precisazioni.
72430640.00
La presente procedura interamente gestita con sistemi telematici, indetta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito «SDA») per i «Servizi di Merchant Acquiring».
Sono oggetto della presente procedura le prestazioni necessarie al completamento delle operazioni di pagamento elettronico e in particolare l’esecuzione di transazioni, presso tutti i punti vendita di Trenitalia, generate tramite l’utilizzo di carte di pagamento elettroniche di credito/debito/prepagate dei circuiti:
— Visa credito e debito,
— MasterCard credito e debito,
— Maestro,
— Pago Bancomat.
L’esecuzione delle transazioni dovrà essere garantita su tutti i canali di vendita di Trenitalia attivi alla data del presente bando e/o che saranno attivati nel corso di esecuzione delle prestazioni stesse; all’attualità dovranno essere garantite almeno le seguenti modalità di pagamento:
— tramite POS standard presidiato in modalità card present con presenza contestuale di operatore e cliente, presso terminali gestiti direttamente da Trenitalia, dal network di agenzie di Trenitalia e dal personale in servizio a bordo treno,
— presso Self Service tramite Panel POS standard non presidiato in modalità card present,
— Internet o Mobile da sito Web o Mobile commerce in modalità card not present secondo gli standard previsti dai circuiti,
— presso Call Center in modalità Moto, gestiti direttamente da Trenitalia o dal network di agenzie italiane ed estere di Trenitalia stessa.
Per l’esecuzione delle prestazioni dovranno essere garantiti inoltre i necessari servizi strumentali di help-desk, di contabilizzazione e di storno.
Trenitalia invierà, nel corso della validità temporale dell'SDA, ai soli operatori economici qualificati, specifiche lettere di invito a presentare offerta per l’affidamento delle prestazioni; i servizi appaltati saranno suddivisi con la logica ON US – NOT ON US e pertanto sarà richiesta:
— ON US — separatamente a ogni singolo operatore economico ammesso, la quotazione delle componenti di remunerazione stabilite da Trenitalia relativamente alle proprie carte di credito/debito/prepagate, per cui sarà inoltre richiesto di esplicitare espressamente i BIN per i quali risultano valide le relative quotazioni,
— NOT ON US — contestualmente a tutti gli operatori economici ammessi, la quotazione delle componenti di remunerazione stabilite da Trenitalia relativamente a tutte le carte di credito/debito/prepagate emesse da altri istituti.
Pertanto, con il duplice scopo di ottenere le migliori condizioni economiche possibili per Trenitalia, nonché di avere la garanzia sulla continuità dei servizi offerti alla clientela in caso di indisponibilità dei servizi prestati, il Sistema Dinamico di Acquisizione e i successivi appalti specifici prevedono l’affidamento dei servizi:
— ON US a ogni singolo operatore economico per la quota parte di servizi relativi alle proprie carte di credito/debito/prepagate,
— NOT ON US all’operatore economico migliore offerente per il relativo intero perimetro, a cui in aggiunta verranno contestualmente affidati:
—— i perimetri relativi a ogni singolo ON US per cui la quotazione, espressa da tale soggetto, delle componenti di remunerazione stabilite da Trenitalia è risultata migliore di alcuni/tutti i perimetri ON US,
—— il servizio di alcuni/tutti i perimetri ON US, nel caso di indisponibilità temporanea del/degli stesso/i, costituendo tale soggetto il naturale soggetto di Backup del/i ON US,
— NOT ON US Backup al secondo migliore offerente per il medesimo perimetro del NOT ON US, da attivarsi nei casi di indisponibilità dei servizi prestati da quest’ultimo.
I dettagli su specifiche tecniche e funzionali, schemi di contratto, basi d’asta dei servizi saranno puntualmente resi noti in sede di invio delle lettere di invito a presentare offerta per l’affidamento delle prestazioni, ai soli operatori economici qualificati al presente SDA.
72430640.00
72
L’operatore economico – nonché l’eventuale impresa ausiliaria e gli eventuali subappaltatori – deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3.5.2010, n. 78).
Ai fini della presentazione della domanda di ammissione al Sistema dinamico di acquisizione deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, redatta in conformità con il modello di dichiarazione allegato (Documento di Gara Unico Europeo — DGUE) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a) dichiara il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale, in conformità con il modello di dichiarazione allegato (DGUE), che potrà essere reperito sul profilo di committente www.acquistionline.trenitalia.it, unitamente al bando di gara;
b) (ove il concorrente non alleghi il certificato di iscrizione al Registro delle imprese in corso di validità) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle imprese; indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); ubicazione delle unità produttive;
c) (per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata «conforme al testo straniero» dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 45, comma 2, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Poiché il perimetro del presente Sistema dinamico di acquisizione è relativo a servizi di natura bancaria/finanziaria, gli operatori economici sono esonerati dalla presentazione di qualsivoglia documento a comprova del presente requisito.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo III.1.1) dovrà essere attestato:
A) per la partecipazione all’ON US:
i) possesso di licenza e autorizzazione a operare in Italia, per almeno uno dei circuiti di cui al precedente paragrafo II.2.4) e di tutti i relativi marchi associati indicati al medesimo punto, relativamente a tale/i circuito/i;
ii) possesso di una sede operativa stabile in Italia, intesa come stabile e operante organizzazione presente in Italia, dotata di personale in organico avente conoscenza fluente della lingua italiana parlata e scritta;
B) per la partecipazione al NOT ON US:
i) possesso di licenza e autorizzazione a operare in Italia, per tutti i circuiti di cui al precedente paragrafo II.2.4) e di tutti i relativi marchi associati indicati al medesimo punto;
ii) possesso di una sede operativa stabile in Italia, intesa come stabile e operante organizzazione presente in Italia, dotata di personale in organico avente conoscenza fluente della lingua italiana parlata e scritta.
Si evidenzia che:
— per la partecipazione all’ON US:
—— non trova di fatto applicazione la possibilità che più soggetti partecipino in forma riunita,
— per la partecipazione al NOT ON US:
—— il requisito di cui al precedente punto i) potrà essere frazionato e in tal caso dovrà essere posseduto cumulativamente dai soggetti raggruppati,
—— il requisito di cui al precedente punto ii) dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria/capogruppo.
1) ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici;
2) ai fini della partecipazione è obbligatoria l’abilitazione al portale;
7) è obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale in corso di validità generato da dispositivo per la creazione di una firma sicura ex art. 38, c. 2, del D.P.R. 445/2000 e art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
Si rinvia al bando integrale per ulteriori informazioni e precisazioni.
Cauzione provvisoria: non sono richieste cauzioni provvisorie a garanzia dell’offerta.
Cauzione definitiva: le cauzioni definitive da costituirsi da parte degli operatori economici con cui saranno stipulati i contratti per l’ON US, con l’aggiudicatario e il secondo migliore offerente del NOT ON US (quest’ultimo per il relativo backup) saranno disciplinate nelle lettere d’invito.
Si rinvia al bando integrale per le modalità di costituzione e ulteriori informazioni.
L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio Trenitalia.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’ articolo 45 del D.Lgs. 50/2016.
Si rinvia al bando integrale per ulteriori informazioni e precisazioni.
1) il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
2) ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico che intende ricorrere al subappalto è obbligato a indicare nella dichiarazione a corredo dell’offerta la terna di subappaltatori, allegando alla stessa i DGUE in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, compilati e sottoscritti da ciascuno dei subappaltatori proposti;
3) è inoltre ammessa la definizione di subcontratti per servizi strumentali e/o di supporto al servizio oggetto del presente Sistema dinamico di acquisizione, quali a titolo indicativo servizi IT, assistenza hardware e software, servizi di Help-Desk, servizi di contabilizzazione.
2024-09-17
13:00
6
1) ai fini della ammissione al presente Sistema dinamico di acquisizione non è richiesto il versamento all’ANAC della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
2) ex art. 89, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, l’avvalimento non è ammesso per i requisiti di cui al precedente paragrafo III.1.3), lettera A, punto i), e lettera B), punto i);
6) nel caso in cui Trenitalia riscontri la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente, provvederà ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; nel caso in cui il concorrente non provveda a integrare e/o regolarizzare la documentazione risultata carente entro il termine indicato in sede di soccorso istruttorio, non verrà ammesso al Sistema dinamico di acquisizione;
12) Trenitalia si riserva di escludere i concorrenti per i quali, secondo propria motivata valutazione, non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi nell’ultimo triennio:
i) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti di Trenitalia o di altre società del Gruppo FSI;
ii) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da Trenitalia o da altra società del Gruppo FSI;
iii) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Trenitalia o altra società del Gruppo FSI;
iv) nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti o in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara, di una qualsiasi delle norme contenute nel codice etico del Gruppo FSI accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte di Trenitalia;
13) Trenitalia si riserva di escludere le offerte presentate da Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) costituiti da due o più operatori economici che singolarmente possiedono i requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione se da un’analisi della struttura e delle dinamiche del mercato interessato o da qualsiasi altro elemento rilevi una precisa volontà anticoncorrenziale delle imprese coinvolte;
15) il presente bando è pubblicato in GUUE, GURI, sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, su www.acquistionline.trenitalia.it e sulle testate Corriere della Sera e La Repubblica;
16) Trenitalia si riserva di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
17) Trenitalia si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
18) Trenitalia si riserva d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva competenza senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta;
19) in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, o di suo fallimento, Trenitalia si riserva di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta; quanto sopra fino a esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate;
21) ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 2, lett. a) e comma 5, lett. a), del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 giorni dal ricevimento della fattura;
22) il contratto che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria;
23) il responsabile del procedimento della presente procedura di gara è la Dott.ssa Luciana Perfetti.
Si rinvia al bando integrale per ulteriori informazioni e precisazioni.
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
Roma
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso la composizione della commissione giudicatrice, nonché le eventuali ammissioni ed esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
2018-09-18 | 2,311 | 15,909 |
2018/500375-2018.xml | 2018/S 218-500375 | 13/11/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500375-2018:TEXT:FR:HTML | RATP
Lac B916 — 54 quai de la Râpée
Paris Cedex 12
75599
pierre-andre1.picard@ratp.fr
http://www.ratp.fr
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Conception et fabrication de supports isolateurs pour barre de guidage en HEB 160
Conception et fourniture de supports isolateurs pour barre de guidage en HEB 160, pour le métro roulement pneu.
Les isolateurs objets du présent système de qualification, sont destinés à reprendre les efforts importants (notamment en courbe) transmis par les roues de guidage des boggies aux barres de guidage en HEB 160, tout en isolant électriquement ce profilé, qui conduit le courant de traction, de la plate-forme des voies.
Les conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification sont disponibles en pièce jointe dans l'annonce sur https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Conditions de remise des candidatures:
Le candidat répond sur: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
En cas de difficulté technique/question, appeler la hotline au +33 811906438 ou depuis l'étranger au +33 146095672 ou via ratp@bravosolution.fr
Le candidat se référera aux pré-requis techniques disponibles sur la plate-forme. L'ensemble des conditions de remise des candidatures sont disponibles en pièce jointe dans l'annonce sur https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
greffe.ta-paris@juradm.fr
RATP — Département juridique — Unité projets et contrats
54 quai de la Râpée
Paris Cedex 12
75599
info.recours@ratp.fr
2018-11-08 | 210 | 1,606 |
2018/345776-2018.xml | 2018/S 150-345776 | 07/08/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345776-2018:TEXT:FR:HTML | Intercommunale ORES Assets SCRL
BE 0543 696 579
Route du grand peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
+32 64232300
publicationsMP@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=fr-FR
Service achats
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
Madame Aurélie Van Branteghem
+32 64232330
aurelie.vanbranteghem@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
Service achats
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
Monsieur Jean Baudoux
+32 64232302
jean.baudoux@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
Électricité + production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Système de qualification — Système de qualification pour la location de groupes électrogènes reprenant la livraison, le placement, la mise en et hors service de groupes de secours électrogènes tant pour les travaux planifiés que suite à des défaillances du réseau de distribution
WQSLGEWA
Wallonie
Cette procédure a pour objet l'établissement d'une liste de candidats qualifiés pour le service de location de groupes électrogènes reprenant la livraison, le placement, la mise en et hors service de groupes de secours électrogènes tant pour les travaux planifiés que suite à des défaillances du réseau de distribution
Le candidat doit formuler sa marque d'intérêt pour la participation au système de qualification à l’aide d’un dossier comprenant les documents suivants:
1) identification du candidat:
1.1) nom et coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, mail, no de compte bancaire …);
1.2) coordonnées complètes des succursales/agences en Belgique concernées pour le marché considéré;
1.3) forme juridique, date de création ou de constitution;
1.4) nº d'immatriculation à la TVA;
1.5) nº d'immatriculation à un organisme de sécurité sociale;
2) représentation et relations dans le cadre de la présente procédure:
2.1) coordonnées complètes de la direction;
2.2) nom et coordonnées complètes (adresse, tél., fax, mail…) de l'interlocuteur unique chargé des relations avec ORES SCRL.
Toutes ces personnes doivent pouvoir s'exprimer correctement en français.
Par le dépôt de sa manifestation d’intérêt, le candidat s’engage à pouvoir lire les informations transmises dans le dossier de qualification et lors de la demande de prix sur CD-ROM (Excel, Power Point, Word, Acrobat Reader).
Chaque point doit faire l’objet d’une réponse (le cas échéant, indiquer «pas d’application»). Une absence de la mention «pas d’application» est considérée comme élément manquant.
Tous ces documents doivent répondre aux exigences formelles suivantes:
— être classés dans un classeur à anneaux comportant des intercalaires numérotés. Chaque intercalaire reprendra une des rubriques de la structure définie ci-dessus,
— chacune des feuilles sera paraphée et numérotée.
2017/S 149-309224
Le dossier de marque d'intérêt sera soit envoyé par la poste en recommandé, soit déposé au service achats pendant les heures de bureau: du lundi au jeudi de 7:45 à 12:00 et de 12:30 à 15:30; le vendredi de 7:45 à 12:00 et de 12:30 à 15:00. Ce dossier devra être livré sous enveloppe marquée «demande de dossier de qualification» avec la référence du marché Réf: WQSLGEWA et adressé à ORES SCRL — Service achats, à l'attention de Monsieur Jean Baudoux, route du Grand Peuplier 4 à 7110 Strépy-Bracquegnies contre un accusé de réception revêtu du cachet de la cellule marchés publics précisant les date et heure de réception; toute autre forme de transmission (par exemple par fax ou à une autre adresse…) conduit au rejet de la demande de dossier qualification du candidat.
Les entrepreneurs ayant marqué intérêt dans le cadre du système de qualification pour la location de groupes électrogènes reprenant la livraison, le placement, la mise en et hors service de groupes de secours électrogènes tant pour les travaux planifiés que suite à des défaillances du réseau de distribution. (réf. WQSLGEWA) ne doivent plus marquer intérêt au présent avis. En outre, les entrepreneurs déjà qualifiés restent qualifiés dans ce domaine pour autant qu'ils répondent toujours aux critères repris dans le dossier de qualification en leur possession.
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles (Etterbeek)
1040
+32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be
— recours en annulation devant le Conseil d’État ou le juge judiciaire: 60 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas,
— recours en suspension devant le Conseil d’État, selon la procédure d’extrême urgence, ou devant le juge judiciaire, selon la procédure de référé: 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas,
— ce délai est réduit à 10 jours en cas de publication d’un avis de transparence ex ante volontaire
2018-08-02 | 716 | 4,787 |
2018/345777-2018.xml | 2018/S 150-345777 | 07/08/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345777-2018:TEXT:DE:HTML | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Schwerborner Straße 30
Erfurt
99087
Herr Mönch
+49 361652-2312
ralf.moench@teag.de
+49 361652-3485
www.thueringer-energienetze.com
https://www.thueringer-energienetze.com/Unternehmen/Praequalifizierung.aspx
Präqualifikationsverfahren „Einbau von gesetzeskonformen Elektrizitätszählern nach MsbG in Messanlagen < 6000 kWh/a“
Thüringen und ggf. angrenzende Netzgebiete
Erstellung eines Verzeichnisses qualifizierter Unternehmen für den Einbau von gesetzeskonformen Elektrizitätszählern nach MsbG in Messanlagen < 6000 kWh/a der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG und im Netzgebiet des Auftraggebers, vom Auftraggeber gepachtete und in Dienstleistung betreute Messanlagen zur weiteren Auswahl von Bietern im Rahmen von Verhandlungsverfahren. Diese Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems stellt ein Aufruf zum Teilnahmewettbewerb dar.
Die Bedingungen sind den entsprechenden Präqualifikationsunterlagen zu entnehmen. Den Interessenten stehen die Präqualifikationsunterlagen auf der Homepage des Auftraggebers unter https://www.thueringer-energienetze.com/Unternehmen/Praequalifizierung.aspx zur Verfügung.
Die Prüfung der Bewerber erfolgt durch den Auftraggeber:
— auf Basis des vollständig ausgefüllten und beim Auftraggeber eingereichten Präqualifikationsfragebogens inkl. der einzureichenden Unterlagen und Nachweise,
— auf Basis des vollständig ausgefüllten und beim Auftraggeber eingereichten Fragebogens zum Arbeits-, Gesundheits-, Umweltschutz und Energieeffizienz (HS2E),
— auf Basis der vollständig ausgefüllten und beim Auftraggeber eingereichten Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs. 3 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO),
— auf Basis der angegebenen Referenzen.
Ein anschließendes Prüfung der o. g. Angaben vor Ort behält sich der Auftraggeber vor.
2017/S 106-213729
Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Weimarplatz 4
Weimar
99423
+49 361573321254
vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
+49 361573321059
https://www.thueringen.de/th3/tlvwa/vergabekammer/index.aspx
2018-08-03 | 221 | 2,072 |
2018/337421-2018.xml | 2018/S 147-337421 | 02/08/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337421-2018:TEXT:DE:HTML | EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Straße 302
Oldenburg
26133
Frau Kim Hommers
+49 4414805-4628
kim.hommers@ewe.de
+49 4414805-4695
www.ewe-netz.de
wesernetz Bremen GmbH
Theodor-Heuss-Allee 20
Bremen
28215
Frau Kim Hommers
+49 4414805-4628
kim.hommers@ewe.de
+49 4414805-4695
www.wesernetz.de
EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Str. 302
Oldenburg
26133
Herr Christian Witt
+49 4414808-1926
christian.witt@ewe-netz.de
+49 4414808-1965
https://www.ewe-netz.de
Kombilastgangzähler nebst Zubehör
17_466
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Qualifizierungssystem.Interessierte Bewerber werden aufgefordert schriftlich die Bewerbungsunterlagen (Qualifizierungsunterlagen) bei EWE NETZ GmbH anzufordern. Die genauen Anforderungen ergeben sich aus den Qualifizierungsunterlagen.
Der vollständig ausgefüllte Qualifizierungsfragebogen sowie die weiteren erforderlichen Unterlagen sind entsprechen einzureichen.
Die Bewertung der angeforderten Informationen zur Prüfung der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde des Bewerbers und der Einhaltung der Anforderungen dieses Qualifizierungssystems erfolgt nach näherer Maßgabe der Qualifizierungsunterlagen. Die Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen sind dem anzufordernden Qualifizierungsfragebogen zu entnehmen. Mit dem Qualifizierungsfragebogen erhalten Sie die einzuhaltende Spezifikation.
Gegebenenfalls kann der AG bei Unplausibilität von Angaben Klarstellungen oder weitere Unterlagen anfordern. In der Regel erfolgt eine vor Ort Besichtigung zur Überprüfung der in unserem Qualifizierungsfragebogen gemachten Angaben und der vorgelegten Unterlagen des Bewerbers, insbesondere zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde. Wir behalten uns im Rahmen der Qualifizierung neben der Möglichkeit der Durchführung von Werksaudits, die Anforderung von Produktmuster und/oder Probeaufträge vor.
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Auf der Hude 2
Lüneburg
21339
+49 4131150
+49 4131152943
2018-07-31 | 220 | 2,018 |
2018/540125-2018.xml | 2018/S 236-540125 | 07/12/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540125-2018:TEXT:DE:HTML | EVN AG
Maria Enzersdorf
2344
Ing. Stefan Mandl, BA, MLS
+43 2236 / 200-12119
stefan.mandl@evn.at
www.evn.at
https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
EVN AG
Maria Enzersdorf
2344
Ing. Stefan Mandl, BA, MLS
+43 2236 / 200-12119
stefan.mandl@evn.at
www.evn.at
https://beschaffung.evn.at
Prüfsystem 110 kV Schaltanlagen
SMA-1805110004
Umspannwerke der Netz Niederösterreich GmbH in Niederösterreich.
Engineering, Lieferung, betriebsfertige Montage, Inbetriebsetzung und Dokumentation von Primär-,Sekundärtechnik und Stahlbau für luftisolierte 110 kV-Freiluftschaltanlagen sowie den zugehörigen sekundärtechnischen Einrichtungen wie Steuerungs- und Überwachungseinrichtungen, Schutztechnik, Eigenbedarfsversorgung, Nebenanlagen, Erdungs- und Blitzschutzsystem.
Sämtliche Anforderungen an das jeweils interessierte Unternehmen, sind in der jeweiligen Bewerbungsunterlage/im jeweiligen Teilnahmeantrag zum jeweiligen Event unter https://beschaffung.evn.at, auf der Startseite unter „Bewerbung auf öffentliche Events“ ersichtlich.
2017/S 230-480278
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Rennbahnstraße 29
St. Pölten
3100
+43 2742 / 90590-15570
post@lvwg.noel.gv.at
+43 2742 / 90590-15540
Niederösterreichische Schlichtungsstelle für öffentliche Aufträge – Landesamtsdirektion – Allgem. Verwaltung
Landhausplatz 1
St. Pölten
3100
+43 2742 / 9005-12109
+43 2742 / 9005-13845
2018-12-05 | 148 | 1,419 |
2018/557027-2018.xml | 2018/S 243-557027 | 18/12/2018 | POR | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557027-2018:TEXT:PT:HTML | EDP Comercial, S. A.
Rua Camilo Castelo Branco, 46, 1.º
Lisboa
1069-226
João Pedro Mendes, António Caló Simplício
+351 210015300
qualificacao.fornecedores@edp.pt
www.edp.com
www.edp.com
17/SQF/2018 — Prestadores de serviços da EDP Comercial, S. A. — Serviços de energia B2C
17/SQF/2018
Prestação de serviços de:
a) Assistência técnica;
b) Instalação de equipamentos;
c) Revisão de instalações elétricas e de gás;
d) Certificação de gás;
e) Manutenção de extintores;
f) Casa inteligente;
g) Certificação energética.
Consultar o respetivo programa de qualificação disponível em www.edp.com, na área de fornecedores.
Verificação documental e outras.
Consultar o respetivo programa de qualificação disponível em www.edp.com, na área de fornecedores.
— O programa de qualificação está disponível em www.edp.com, em área de fornecedores, e em sistemas de qualificação,
— Apresentação das candidaturas na plataforma eletrónica indicada, devidamente instruídas, até às 17:00h do dia 28.12.2018 (fase inicial).
EDP Comercial, S. A.
Lisboa
EDP Valor, S. A.
Lisboa
qualificacao.fornecedores@edp.pt
2018-12-14 | 150 | 1,097 |
2018/261937-2018.xml | 2018/S 115-261937 | 19/06/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261937-2018:TEXT:EN:HTML | 185b0b60-0c00-4cf7-af40-b7696fa35fc8
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen
SA31 1JP
+44 1267234567
JAMaughan@carmarthenshire.gov.uk
www.carmarthenshire.gov.uk
http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281
Pembrokeshire County Council
County Hall, Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP
+44 1437775905
nigel.morgan@pembrokeshire.gov.uk
+44 1437776510
www.pembrokeshire.gov.uk
http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0255
Pembrokeshire College
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1SZ
+44 1437753264
donna.barker@pembrokeshire.ac.uk
+44 1437753001
www.pembrokeshire.ac.uk
http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0271
www.etenderwales.bravosolution.co.uk
www.etenderwales.bravosolution.co.uk
DPS for the Provision of Bus and Taxi Services
Carmarthenshire County Council, Pembrokeshire County Council and Pembrokeshire College invite you to submit an application to join the DPS to provide Bus and Taxi Services throughout Pembrokeshire and Carmarthenshire.
If you have previously registered for this via the recent PQQ reference 32456 and had your application approved please ignore this notice. Only new applicants and those who failed the initial PQQ assessment should apply.
4
PSV Contracts in Carmarthenshire
1
PSV Contracts in Carmarthenshire.
120
PSV Contracts in Pembrokeshire
2
PSV Contracts in Pembrokeshire.
120
Non PSV Contracts in Carmarthenshire
3
Non PSV Contracts in Carmarthenshire.
120
Non PSV Contracts in Pembrokeshire
4
Non PSV Contracts in Pembrokeshire.
120
Dynamic Purchasing System
2018/S 022-046111
2028-05-01
14:00
2028-05-01
14:00
To assist you in locating these opportunities on the Bravo e-Procurement System the project code is: project_38046.
Applicants must ensure that all PQQ questions are fully responded to. The following PQQ Project codes may further assist you in locating the opportunities:
PQQ code: pqq_32527.
Please also ensure you check the Attachments area for any documents/ information which may assist you with your submission or you are required to upload as part of your submission as per information contained within the tender pack.
Suppliers Instructions How to express interest in this Tender:
1) Register your company on the etenderwales portal (this is only required once)
— Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk
— Click the "Suppliers register here" link,
— Enter your correct business and user details,
— Note the username you chose and click "Save" when complete,
— You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure),
— Agree to the terms and conditions and click "continue".
2) Express an Interest in the Project
— Login to the portal with the username/password,
— Click the "PQQs Open to All Suppliers" link,
— Click on the relevant PQQ to access the content,
— Click the "Express Interest" button at the top of the screen,
— This will move the PQQ into your "My PQQs" page. (This is a secure area reserved for your projects only),
— Click on the PQQ code, you can now access any attachments by clicking the ''Buyer Attachments" on the left hand side of the screen.
3) Responding to the tender
— At the top of the screen you can choose to Create Response or Decline to Respond (please give a reason if declining),
— You can now use the Messages function on to communicate with the buyer and seek any clarification,
— Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the PQQ,
— There may be a mixture of online and offline actions for you to perform (there is detailed online help available).
If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon — Fri (8:00 am — 6:00 pm) on:
— email: help@bravosolution.co.uk
— Phone: 0800 368 4850/ Fax: 020 7080 0480.
Tenders or Requests to Participate must be sent to:
Official name:
www.etenderwales.bravosolution.co.uk
Postal Address:
Carmarthenshire County Council will be conducting this procurement exercise through the Value Wales e-Tendering portal. This can be found at www.etenderwales.bravosolution.co.uk all information may be downloaded and returned though this channel.
Note: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=82799
(WA Ref:82799).
The buyer considers that this contract is suitable for consortia.
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen
SA31 1JP
+44 1267234567
www.carmarthenshire.gov.uk
2018-06-18 | 638 | 4,672 |
2018/85878-2018.xml | 2018/S 039-085878 | 24/02/2018 | ELL | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:085878-2018:TEXT:EL:HTML | Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.
Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7
Θεσσαλονίκη
546 28
+30 2310584000
qualification@edathess.gr
+30 2310546365
www.edathess.gr
Σύστημα προεπιλογής εργοληπτικών επιχειρήσεων, για έργα δικτύου φυσικού αερίου.
ΣΠΕ001
Οι τοποθεσίες εκτέλεσης των έργων είναι ο Νομός Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
1) Κατασκευή εναέριων παροχετευτικών στηλών (Riser)·
2) Κατασκευή υπόγειων παροχετευτικών αγωγών (Service Lines)·
3) Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε πολυαιθυλένιο 4 bar·
4) Κατασκευή δικτύου διανομής αερίου σε χάλυβα 19 bar·
5) Συντήρηση και παρακολούθηση δικτύων και συστημάτων παροχέτευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για να προεπιλεγούν, θα πρέπει να πληρούν ποιοτικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια.
Οι συμβάσεις που θα προκύψουν από το παρόν Σύστημα ένδεχεται να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για να προεπιλεγούν, θα πρέπει να πληρούν ποιοτικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια.
Για να αξιολογηθεί η πλήρωση των κριτηρίων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2017/S 036-065574
α) η παρούσα προκήρυξη αποτελεί περίληψη. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχεται από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.·
β) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής τους. Η αίτηση αποστέλλεται στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Εταιρείας (Τμήμα Ι, Σημείο 1)·
γ) η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραδίδεται ή αποστέλλεται από την Αναθέτουσα Εταιρεία στον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης·
δ) οι συμβάσεις που συνάπτονται δεν είναι δημόσιες. Η ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. γίνεται για λόγους τήρησης των αρχών της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και με σκοπό την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία.
Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.
Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7
Θεσσαλονίκη
546 28
+30 2310584000
qualification@edathess.gr
+30 2310546365
www.edathess.gr
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται και εκδικάζονται ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών, που προβλέπονται στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων της Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε..
Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.
Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7
Θεσσαλονίκη
546 28
+30 2310584000
qualification@edathess.gr
+30 2310546365
www.edathess.gr
2018-02-22 | 346 | 2,645 |
2018/224754-2018.xml | 2018/S 098-224754 | 25/05/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224754-2018:TEXT:DE:HTML | TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Postfach 90 01 35
Erfurt
99104
Frau Schellin
+49 361652-2248
claudia.schellin@teag.de
+49 361652-3485
www.thueringer-energienetze.com
https://www.thueringer-energienetze.com/Unternehmen/Praequalifizierung.aspx
Präqualifikationsverfahren – Die Vergabestelle unterhält ein Prüfungssystem, in dem präqualifizierte Unternehmen für eventuelle Vergaben gelistet werden.
Thüringen
Erweiterung der bestehenden Liste qualifizierter Unternehmen für die Durchführung der Reinigung und Pflege in Umspannwerken und Außenanlagen von Gasdruckregelstationen und Schiebergruppenplätzen sowie Trafostationen und landschaftsgestalterische Maßnahmen (einschließlich Winterdienst) bezüglich der im Eigentum der TEAG Thüringer Energie AG und im Besitz der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG stehenden Grundstücke zur weiteren Auswahl von Bietern im Rahmen von Verhandlungsverfahren; diese Bekanntmachung dient als Information über das Bestehen eines Prüfungssystems.
Eine Mindestvoraussetzung für die Präqualifikation ist die Ausführung der Leistungen ohne Subunternehmereinsatz. Weitere Bedingungen sind den entsprechenden Präqualifikationsunterlagen zu entnehmen. Den Interessenten stehen die Präqualifikationsunterlagen auf der Homepage des Auftraggebers unter https://www.thueringer-energienetze.com/Unternehmen/Praequalifizierung.aspx zur Verfügung.
Vorprüfung der Bewerber auf Grund des ausgefüllten und eingereichten Präqualifikationsfragebogens inkl. der entsprechenden Anlagen und Nachweise; Auditierung des Bewerbers, evtl. Firmen- oder Vorortbesichtigung
2017/S 088-173006
Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Weimarplatz 4
Weimar
99423
+49 361573321276
nachpruefungsstelle@tlvwa.thueringen.de
+49 361573321059
2018-05-24 | 181 | 1,785 |
2018/321862-2018.xml | 2018/S 140-321862 | 24/07/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321862-2018:TEXT:DE:HTML | EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher Allee 93
Karlsruhe
76131
+49 7216313402
J.Wursterl@EnBW.com
www.enbw.com
High-Power Ladeinfrastruktur-Lösung für DC-Schnellladung von Elektrofahrzeugen
High-Power Ladeinfrastruktur-Lösung für DC-Schnellladung von Elektrofahrzeugen, mit und ohne Pufferspeicher, mit einer Ladeleistung von 50 bis 500 kW DC.
Der Auftraggeber führt ein 2-stufiges Verfahren im Rahmen eines Präqualifizierungssystems durch. Der Bewerber durchläuft die Stufen 1-2 in der vorgegebenen Reihenfolge. Der Auftraggeber kann den Bewerber auf Grund von fehlenden Eignungen in jeder Stufe ausschließen. Alle Kosten die dem Bewerber durch die Teilnahme an dem Verfahren entstehen, werden vom Auftraggeber nicht vergütet.
Der Auftraggeber überprüft die Angaben, die mit dem Fragebogen übermittelt werden. Die Fragebögen sind bei der oben genannten Kontaktstelle per email anzufordern, mit der Nennung der Bekanntmachungsnummer. (j.wurster@enbw.com)
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
2018-07-20 | 192 | 1,490 |
2018/42737-2018.xml | 2018/S 020-042737 | 30/01/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:042737-2018:TEXT:IT:HTML | Italgas Reti S.p.A.
Largo Regio Parco 9
Torino
10153
Sig. Domenico Zappavigna
+39 0112394479
domenico.zappavigna@italgas.it
http://www.italgas.it
http://www.italgas.it
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoservizio.action
Attività di Auditing
Italia.
Servizi di Ingegneria. Controlli sulla realizzazione delle opere eseguite. (rif. Gruppo Merce SS04AB48 Prestazioni Professionali per Attività di Auditing.
Maggiori dettagli allegato al Sistema di Qualificazione e visibile sul Portale Fornitori di Italgas https:// fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action «Diventa Fornitore» — «Sistemi di Qualificazione» — «Accesso al processo di Qualifica».
In questa sezione sono riportati i requisiti minimi «Specifici» (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» sono disponibili nell'allegato al sistema sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica» al seguente link: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/ page/qualificaue.action, che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il/ iGruppo/i Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L'evidenza del possesso dei requisiti «Specifici» avviene con la predisposizione degli allegati 18, 19, 21, 22 e 23 (si veda quanto definito sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore»— «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), che sono parte della documentazione a corredo della «Richiesta di qualifica» che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato nella sezione VI.3) del presente sistema. Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» disponibili nell'allegato al Sistema sul Portale dei Fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action. Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato.
B) Processo di qualifica da parte di Italgas.
C) Codice etico di Italgas. Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/ tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE» al seguente link https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action.
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione. Il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti di imprese(es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Italgas per le proprie attività, per quelle di Napoletanagas e Toscana Energia controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Italgas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati. La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/2016, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori di Italgas.
Tribunale Amministrativo del Piemonte
Torino
2018-01-26 | 481 | 3,812 |
2018/248996-2018.xml | 2018/S 109-248996 | 09/06/2018 | SPA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248996-2018:TEXT:ES:HTML | Red Eléctrica de España, S. A. U. (REE) y Red Eléctrica infraestructuras en Canarias, S. A. U. (REINCAN)
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
Alcobendas
28109
Atención y Soporte de Aprovisionamientos (ASA)
+34 916599983
ASA@ree.es
http://www.ree.es
Sistema de clasificación de proveedores RePro
REE y REINCAN confirman que utilizan RePro como sistema común para el registro de sus suministradores, proveedores y contratistas, el cual es gestionado y administrado por Achilles South Europe, S. L. U.
Este anuncio describe los equipos y materiales para los que podrá utilizar RePro cuando surja alguna necesidad relacionada con los mismos. Para conocer todas las categorías de equipos y materiales incluidos en el código RePro, puede solicitar el código de equipos y materiales a la dirección indicada en el Apartado I.1. REE y REINCAN podrán utilizar el sistema RePro para contratar todos los productos, servicios y obras contemplados en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, o a la que la sustituya por trasposición de la Directiva 2014/25/UE, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en los términos y condiciones allí recogidos.
El sistema de clasificación RePro utilizado por REE y REINCAN tiene una duración indefinida.
Los proveedores registrados en RePro deberán renovar anualmente.
Algún proyecto puede ser susceptible de financiación por fondos de la U.E.
El registro de proveedores se efectuará con arreglo a sus características fundamentales y, en particular a los elementos personales, materiales, económicos y técnicos de que dispongan, en relación con las categorías de equipos y materiales en que lo soliciten. El proveedor deberá completar un cuestionario y remitir la documentación que se solicita, así como una Declaración firmada. REE y REINCAN utilizarán preferentemente registro RePro como base para la selección de candidatos para presentar ofertas sujetas a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, o a la que la sustituya por trasposición de la Directiva 2014/25/UE, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales en las categorías de equipos y materiales señaladas.
Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con las normas y criterios objetivos definidos en cada licitación, que estarán a disposición de los operadores económicos interesados, previa petición de los mismos.
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
+34 913491319
tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
+34 913491441
http://www.minetur.gob.es
O
O
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38
Madrid
28020
+34 913491319
tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
+34 913491441
http://www.minetur.gob.es
2018-06-04 | 412 | 2,872 |
2018/504627-2018.xml | 2018/S 220-504627 | 15/11/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504627-2018:TEXT:IT:HTML | Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam. S.p.A.
San Donato Milanese
20097
+39 0237037570
mevem@snam.it
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Servizi di progettazione, realizzazione e avviamento di sistemi informatici nel campo della System Integration e Servizi di Application Management, per progetti Digital con metodologia Agile.
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle di Stogit, GNL Italia, Snam 4 mobility, Snam e loro controllate e partecipate si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i system integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Il presente avviso riguarda la fornitura dei seguenti servizi (Rif. Gruppo Merce SS04AB83):
a) Servizi di progettazione, realizzazione e avviamento di sistemi informatici nel campo della System Integration;
b) Servizi di Application Management.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere il procedimento di qualificazione.
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto del presente sistema di qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualificav), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
A) avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
B) processo di qualifica da parte di Snam;
C) codice etico di Snam;
D) rinnovo della qualifica;
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) C) e D) sono disponibili nel documento «elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Tribunale Amministrativo della Lombardia
Milano
2018-11-13 | 520 | 3,778 |
2018/463349-2018.xml | 2018/S 203-463349 | 20/10/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463349-2018:TEXT:IT:HTML | Gran Sasso Acqua S.p.A.
Via Ettore Moschino 23/B
L'Aquila
67100
Ufficio Appalti e contratti — Avv. Giuseppe Bucchiarone
+39 08624021
affari.generali@gransassoacqua.it
+39 0862402500
http://www.gransassoacqua.it/
http://www.gransassoacqua.it/
Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione per appalti di lavori, servizi e forniture di Gran Sasso Acqua S.p.A. ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016
Comuni gestiti dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. e ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 1 Aquilano — Abruzzo
Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 si rende noto che la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha istituito un proprio sistema di qualificazione per appalti di lavori, servizi e forniture con lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale che potranno essere invitati alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Possono presentare domanda di qualificazione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46, del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Si rinvia al «Regolamento del Sistema di Qualificazione» per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande di qualificazione, formazione dell'elenco degli operatori economici iscritti, di gestione e aggiornamento del sistema. Tale regolamento è pubblicato sul profilo del committente www.gransassoacqua.it link Albo istituzionale - Albi e gare telematiche. La piattaforma telematica di e-procurement è accessibile dal profilo del committente www.gransassoacqua.it link Albo istituzionale - Albi e gare telematiche.
Le categorie merceologiche di beni e servizi acquisibili utilizzando il sistema di qualificazione sono indicate nell'elenco delle categorie merceologiche «allegato 1» al regolamento del sistema di qualificazione con i relativi aggiornamenti apportati all'interno della piattaforma telematica. Per quanto riguarda le categorie di opere oggetto del sistema di qualificazione si rimanda sempre al predetto regolamento. In sede di invito saranno fornite le effettive condizioni di esecuzione del singolo contratto oggetto di affidamento.
Caratteristiche del sistema: il sistema ha una durata indeterminata, tuttavia, l'iscrizione al sistema gestito in modalità telematica a mezzo piattaforma di e-procurement avrà comunque una validità di anni 2 (due), decorrenti dal giorno di invio della PEC di abilitazione — validazione dell'operatore economico al sistema medesimo effettuata da parte di Gran Sasso Acqua S.p.A. L'iscrizione all'interno del sistema di qualificazione è comunicata entro 1 (uno) mese dalla presentazione della domanda di qualificazione. L'istanza di iscrizione al sistema di qualificazione della Gran Sasso Acqua S.p.A. dovrà essere inviata esclusivamente in forma telematica previa registrazione, utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement accessibile dal seguente link https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/.
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo, sede di L'Aquila
Via Salaria Antica Est 27
L'Aquila
67100
+39 0862/34771
taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it
+39 0862/318578
Ufficio Appalti e Contratti LL.PP. di Gran Sasso Acqua S.p.A.
Via Ettore Moschino 23/b
L'Aquila
67100
+39 0862/402212
affari.generali@gransassoacqua.it
+39 0862/402500
http://www.gransassoacqua.it/
2018-10-19 | 477 | 3,579 |
2018/446794-2018.xml | 2018/S 197-446794 | 12/10/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446794-2018:TEXT:EN:HTML | Bergen Kommune
964338531
Serviceboks 7880
Bergen
5020
Karl Erik Steinbakk
karl.steinbakk@bergen.kommune.no
https://permalink.mercell.com/90643474.aspx
http://www.bergen.kommune.no/
https://permalink.mercell.com/90643474.aspx
https://permalink.mercell.com/90643474.aspx
HS 004-2018 Establishment of a Dynamic Purchase System for Residential and Service Offers for Persons with Special Needs
2018/46592
Bergen Municipality would like to establish a dynamic purchase system for procurements of residential and service offers for persons with special needs. The services will be, for example, personal assistance and the practical assistance and training that users need, cf. the Health and Care Services Act § 3-2(6).
Further details on the users´ challenges, needs, expected duration, staffing and other information on the housing offer will be made available for each competition under the scheme.
Note that the tender documentation includes guidelines as to how a dynamic purchase system functions and what tenderers must do to participate.
Click here https://permalink.mercell.com/90643474.aspx
Competitions will be held under this scheme to meet the need for housing and facilitated services for the following target groups:
— serious reduction in functional abilities due to mental illness, with or without substance abuse,
— serious reduction in functional abilities due to substance abuse, with or without mental illness,
— low cognitive functional level,
— challenging behaviour connected to relationships with others, problems with aggression, uncritical substance use and violence,
— challenges connected to a lack of ADL skills,
— persons who are on parole from custody in government financed housing.
The persons in question will normally be over the age of 18.
Further details will be given in each competition, there can be deviations from the list.
120
2028-10-31
12:00
Bergen kommune
Postboks 7700
Bergen
5020
innkjop@bergen.kommune.no
2018-10-08 | 265 | 1,960 |
2018/449325-2018.xml | 2018/S 198-449325 | 13/10/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449325-2018:TEXT:FR:HTML | Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department
0247.499.953_241
Rue Royale 76
Bruxelles
1000
Hicham Ghouzali
+32 25638258
Hicham.Ghouzali@stib.brussels
+32 25153281
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322598
Système de qualification pour la sélection de fournisseurs potentiels de rails de tramway et de métro pour la STIB
MIVB - STIB Procurement & Logistics-QUAL/AL_1475(2018)-F07_0
La STIB utilise différents types de rails sur son réseau ferroviaire: rails à gorge, rails Vignole, contre-rails, rails pour pont roulant et rails de contact. La STIB recherche des fournisseurs potentiels pouvant assurer la livraison régulière de ces rails. Les quantités (historiquement +/- 2.500 t par année) ne sont pas prévisibles car elles dépendent des remplacements pour cause d’entretien et de réparation, ainsi que des travaux d’investissement pour les extensions du réseau.
La STIB envisage une approche JIT (Just In Time), avec des livraisons régulières suivant les besoins et dans l’intention de garder son propre stock le plus bas possible. Les nouveaux candidats doivent répondre au questionnaire (transmis sur demande) et le cas échéant, faire tester leurs produits.
Les entreprises qui ont déjà été qualifiées dans le cadre du présent système, doivent uniquement nous confirmer leur intérêt de rester qualifiées et, le cas échéant, nous remettre le document suivant:
— un document reprenant tous les changements par rapport au dossier de candidature qu’elle avait introduit (annexe 1 du questionnaire).
L’entreprise doit disposer des capacités financières, économiques et techniques appropriées. Le produit doit satisfaire aux spécifications fonctionnelles et techniques.
Les capacités financières, économiques et techniques seront jugées sur base de réponses données à un questionnaire détaillé, transmis au candidat qui en fait la demande, suivi, le cas échéant, par un contrôle de la capacité de production chez le candidat même.
La qualité du produit sera vérifiée sur base de tests et essais sur un modèle de chaque type.
Le questionnaire détaillé ainsi que le programme d’essai peuvent être demandés à la personne de contact renseignée au point I1.
Le candidat utilisera, pour tout contact avec la STIB, le français ou le néerlandais.
Conseil d'État
Rue de la Science 33
bruxelles
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be/
Conformément à l’article 23 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, à peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4 à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas. Le recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours. La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de 15 jours. En cas d’application de l’article 18, le délai est de 10 jours. Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 16 est introduit dans un délai de 5 ans.
2018-10-10
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
0247.499.953_241
Koningsstraat 76
Brussel
1000
Hicham Ghouzali
+32 25638258
Hicham.Ghouzali@stib.brussels
+32 25153281
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322598
Kwalificatiesysteem voor de selectie van potentiële leveranciers voor het leveren van spoorstaven voor tramway en metro van de MIVB
MIVB - STIB Procurement & Logistics-QUAL/AL_1475(2018)-F07_0
De MIVB gebruikt verschillende types spoorstaven op zijn spoornet: gleufrails, Vignole rails, dwangrails, rolbrugrails en stroomrails. In dit kader worden potentiële leveranciers gezocht voor regelmatige leveringen hiervan. De hoeveelheden (historische van +/- 2 500 ton per jaar) zijn niet te voorzien omdat deze afhankelijk zijn van de noodzaak tot onderhoud en herstellingen alsook investeringswerken voor uitbreidingen van het net. De MIVB beoogt hierbij een JIT (Just In Time)benadering, met regelmatige leveringen volgens de behoeften en met het oog op een zo laag mogelijke eigen voorraad.
Nieuwe kandidaten moeten de vragenlijst beantwoorden (gestuurd op aanvraag) en desgevallend hun producten laten uittesten.
De firma's die reeds gekwalificeerd zijn binnen het kader van dit systeem, moeten enkel hun interesse bevestigen om gekwalificeerd te blijven en desgevallend het volgende document overmaken:
— een document waarin alle wijzigingen worden opgenomen ten opzichte van het dossier van kandidatuur dat de onderneming heeft ingediend (bijlage 1 van de vragenlijst).
De onderneming moet beschikken over de gepaste
Financiele, economische en technische capaciteiten. Het product moet voldoen aan de funktionele en technische specificaties.
De financiële, economische en technische capaciteiten zullen beoordeeld worden op basis van de antwoorden op een gedetailleerde vragenlijst, eventueel gevolgd door een controle van de productiecapaciteiten ter plaatse bij de kandidaat. De kwaliteit van het product zal geverifieerd worden op basis van testen en proeven op een model van elk type. De gedetailleerde vragenlijst en het proefprogramma kunnen aangevraagd worden bij de in I1 vermelde contactpersoon.
De kandidaat zal in alle contacten met de MIVB de Nederlandse of de Franse taal gebruiken.
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be/
In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang. De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van 60 dagen. De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van 15 dagen. Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 18 bedraagt de termijn 10 dagen. De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van 5 jaar.
2018-10-10 | 917 | 6,443 |
2018/520310-2018.xml | 2018/S 227-520310 | 24/11/2018 | POR | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520310-2018:TEXT:PT:HTML | Infraestruturas de Portugal, S. A.
503933813
Praça da Portagem
Almada
2809-013
compras@infraestruturasdeportugal.pt
http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboar
Gestão de infraestruturas dos transportes terrestres
Sistema de qualificação para o fornecimento de aparelhos de via a aplicar na rede ferroviária nacional
O Sistema de Qualificação tem por fim selecionar, de entre os interessados, as entidades qualificadas para participar em futuros concursos limitados por prévia qualificação ou em procedimentos de negociação,abrangendo, nomeadamente, as seguintes tipologias, organizadas em lotes:
Lote 1 Aparelhos de via novos em carril 54E1 ou 60E1 com tombo 1/20 para velocidades até 220 km/h;
Lote 2 Aparelhos de via novos em carril 60E1 com tombo 1/20 para velocidades entre 220 km/h e 250 km/h;
Lote 3 Regeneração / Beneficiação / Transformação de aparelhos de via.
2017/S 191-392005
Pelo presente anúncio torna-se público que este Sistema de qualificação para o fornecimento de aparelhos de via a aplicar na rede ferroviária nacional foi publicado anteriormente em:
Diário da República, 2.ª série — número 191 de 03 de outubro de 2017 — Anúncio de Procedimento número 8254/2017;
Jornal Oficial da União Europeia com a Referência 2017/S 191— 392005 de 05 de outubro de 2017;
Se encontra em vigor até 03 de outubro de 2020, podendo a Infraestruturas de Portugal prorrogar o período de vigência do Sistema de Qualificação, por períodos sucessivos de 1 (um) ano, de acordo com o previsto no ponto 3 do Programa de Qualificação.
Conselho de Administração Executivo da IP Infraestruturas de Portugal
Praça da Portagem
Almada
2809-013
ip@infraestruturasdeportugal.pt
2018-11-21 | 247 | 1,743 |
2018/309555-2018.xml | 2018/S 135-309555 | 17/07/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309555-2018:TEXT:IT:HTML | Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A.
San Donato Milanese
20097
mevem@snam.it
+39 0237037570
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Materiali per centrali e impianti
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre Società del gruppo Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i System Integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Le forniture relative al presente sistema sono identificabili nella matrice dei gruppi merce dei beni disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Gruppi Merce».
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere il procedimento di qualificazione.
I requisiti «Specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), sono disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
B) processo di qualifica da parte di Snam;
C) codice etico di Snam;
D) rinnovo della qualifica;
E) revisioni del presente sistema di qualificazione. Il presente avviso di sistema di qualificazione annulla e sostituisce i sistemi nn.: 2015/S 143-264926, 2016/S 252-465430, 2015/S 250-459487, 2015/S 250-459488, 2015/S 250-459495, 2015/S 250-459500, 2015/S 250-459505, 2015/S 250-459508, 2015/S 250-459524, 2016/S 195-351739, 2016/S 195-351740, 2017/S 153-317900.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Tribunale Amministrativo della Lombardia
Milano
2018-07-12 | 540 | 3,955 |
2018/552501-2018.xml | 2018/S 242-552501 | 15/12/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552501-2018:TEXT:NL:HTML | Stichting RENN4
221902944
Donderslaan 157 A
Groningen
9728 KX
Inkoop Meesters
+31 503098888
info@renn4.nl
http://www.renn4.nl
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0115a7506ab31c93b1bc3f2efc840068
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0115a7506ab31c93b1bc3f2efc840068
DAS ICT Hardware - Chromebooks
Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware - Chromebooks voor RENN4 te Groningen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Groningen
Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle chromebooks voor RENN4. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.
Kwaliteit
60
40
2019-01-15
2099-12-31
— Verplichte uitsluitingsgronden,
— Faillissement of Surseance van betaling
— Kerncompetentie DAS
2099-12-13
17:00
Rechtbank Groningen
Guyotplein 1
Groningen
9712 NX
+31 883614444
info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
2018-12-14 | 156 | 1,313 |
2018/113863-2018.xml | 2018/S 051-113863 | 14/03/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113863-2018:TEXT:DE:HTML | EAM GmbH & Co. KG
Monteverdistr. 2
Kassel
34131
Abt. Einkauf, Hr. Capar
thomas.capar@eam.de
+49 5619332512
http://www.eam.de
http://www.eam.de/unternehmen/aktuelle-ausschreibungen/
http://www.eam.de/unternehmen/aktuelle-ausschreibungen/
Präqualifikationsverfahren für Nieder- und Mittelspannungskabel
2017/S 051-094640
Präqualifikationsverfahren für Nieder- und Mittelspannungskabel
Niederspannungskabel der Bauarten NAYY-J/-O; NYY-J/-O mit der Nennspannung von 0,6/1 (1,2) kV insbesondere folgende Kabeltypen: NAYY-J 1x4x50SE, NAYY-J 1x4x150SE, NAYY-J 1x4x240SE, NYY-J 1x4x10RE, NYY-J 1x5x10RE VPE-isolierte Mittelspannungskabel der Bauarten N(A)2XSY & N(A)2XS(F)2Y mit der Nennspannung von12/20 (24) kV insbesondere folgende Kabeltypen: N2XSY1x1x35RMV/16, NA2XS(F)2Y 1x1x150RE/25 und NA2XS(F)2Y 1x1x240RMV/25.
Erstellung bzw. Erweiterung einer Liste qualifizierter Unternehmen zur weiteren Auswahl von Bietern im Rahmen von Verhandlungsverfahren zum Abschluss von Rahmenverträgen und Projektverträgen.
Im Rahmen des Qualifikationssystems ist ausschließlich die deutsche Sprache zulässig.
D. h., der gesamte Geschäftsverkehr sowie alle vom Bewerber einzureichende Unterlagen haben in deutscher Sprache zu erfolgen. Bitte beachten Sie, dass unser Prüfsystem nur in deutscher Sprache zur Verfügung steht.
Die Unterlagen zum Qualifikationssystem können unter dem in Ziffer. I.3) angegebenen Link – Download: „Präqualifikationsverfahren für Nieder- und Mittelspannungskabel“ – heruntergeladen werden. Der Bewerber hat die geforderten Nachweise und Erklärungen ausgefüllt und vollständig einzureichen. Der Auftraggeber überprüft die Angaben, die mit den Fragebögen und Nachweisen übermittelt werden. Die Bewertung erfolgt mit Ausschlusskriterien.
Verfahrensablauf: Beantwortung und Erfüllung des Präqualifikationsfragebogens, Konformitätserklärung zur Spezifikation, Produktprüfung, ggf. Werksaudit und Probeauftrag.
Die Qualifizierung erfolgt jeweils für ein Produkt/eine Produktgruppe mit einem Fertigungsstandort.
Sämtliche Unterlagen zu diesem Qualifizierungssystem sind direkt, kostenfrei und ausschließlich per Download unter dem in der Bekanntmachung Ziff. I.3) angegebenen Link abrufbar.
Auch alle weiteren Informationen wie Änderungen zum Qualifizierungssystem, Beantwortung von Bieterfragen oder sonstige verfahrensrelevante Informationen werden ebenfalls unter dem Link zum Download zur Verfügung gestellt.
Während der Laufzeit des Qualifizierungssystems (siehe Ziff. II.2.8.) ist der Bewerber verpflichtet, regelmäßig und selbstständig auf zur Verfügung gestellte, geänderte oder zusätzliche Dokumente zu achten. Ein separater Hinweis durch die Vergabestelle erfolgt nicht.
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
64278
+49 6151126603
+49 6151125816
2018-03-12 | 311 | 2,821 |
2018/248905-2018.xml | 2018/S 109-248905 | 09/06/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248905-2018:TEXT:IT:HTML | Italgas Reti S.p.A.
Largo Regio Parco 9
Torino
10153
Domenico Zappavigna
domenico.zappavigna@italgas.it
+39 0112393731
http://www.italgas.it
http://www.italgas.it
Lavori per la costruzione e manutenzione di reti idriche
Italia.
Lavori di costruzione e manutenzione redi di distribuzione acqua (Rif. GM LL04AG06 Costruzioni e manutenzioni reti idriche).
In questa sezione sono riportati i requisiti minimi «Specifici» (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» sono disponibili nell'allegato al sistema sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» —«Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica» al seguente link: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action, che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il/i Gruppo/i Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L'evidenza del possesso dei requisiti «Specifici» avviene con la predisposizione degli allegati 18, 19,20, 21, 22e 23 (si veda quanto definito sul Portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action,in «Diventa Fornitore»— «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), che sono parte della documentazione a corredo della «Richiesta di qualifica» che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato nella sezione VI.3) del presente sistema. Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» disponibili nell'allegato al Sistema sul Portale dei Fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action. Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Italgas;
C) Codice etico di Italgas. Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori di Italgashttps://fornitori.italgas.it/ tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» —«Sistema di qualifica UE» al seguente link https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action;
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione. Il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti di imprese(es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Italgas per le proprie attività, per quelle di Toscana Energia controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati perle gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Italgas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati. La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/2016, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori di Italgas.
Tribunale Amministrativo del Piemonte
Torino
2018-06-07 | 446 | 3,478 |
2018/133445-2018.xml | 2018/S 060-133445 | 27/03/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133445-2018:TEXT:DE:HTML | Stadtwerke Düsseldorf AG
Höherweg 200
Düsseldorf
40233
Stadtwerke Düsseldorf AG
+49 2118216316
axweber@swd-ag.de
+49 211821776316
www.swd-ag.de
http://www.swd-ag.de
Stadtwerke Düsseldorf AG
Düsseldorf
Stadtwerke Düsseldorf AG
tender-application@swd-ag.de
www.swd-ag.de
Strom, Energie- und Wärmeversorgung
Lieferung von Materialien für Verbindungstechniken von Nieder- und Mittelspannungskabeln zur Verwendung in elektrischen Energieversorgungsnetzen
Düsseldorf und evtl. weitere
Lieferung von Verbindungsmaterialien der folgenden Techniken. – Warmschrumpftechnik nach VDE 0278-393 und VDE 0341-2 in der Niederspannung, sowie nach IEC 60502-4, VDE 0278-629-1, VDE 0278 629-2 und VDE 0341-2 in der Mittelspannung,
— Vergusstechnik nach VDE 0278-393 in der Niederspannung, – Stecktechnik nach VDE 0278-629-1 in der Mittelspannung. Gemäß Prüfsystem 2015/S 071-126732/Erinnerung: 2016/S 069-121186/Erinnerung: 2017/S 074-143226.
Die Qualifizierung erfolgt über mehrere Stufen: Stufe 1: „Teilnahmeantrag“: Mit dem Antrag zur Teilnahme am Wettbewerb sind vom Bewerber folgende Unterlagen, Nachweise und Angaben einzureichen:
1. Organigramm der Unternehmensstruktur;
2. Auflistung der Produktpalette des Bewerbers, aus der hervorgeht, dass das angefragte Material geliefert werden kann;
3. Folgende Bestätigung durch Eigenerklärung: „Wir bestätigen, dass in Verhandlungen, Vertrag und während der Abwicklung die deutsche Sprache verwendet wird“.;
4. Nachweis über die Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Bewerbers;
5. Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft;
6. Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung;
7. Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes;
8. a-c Auflistung des Umsatzes der letzten 3 Geschäftsjahre;
9. a-c Auflistung der Anzahl der.
Beschäftigten nach Berufsgruppen der letzten 3 Geschäftsjahre.
10. Folgende Bestätigung durch Eigenerklärung: „Wir bestätigen hiermit, dass sich das Unternehmen nicht in einem Insolvenz- oder Vergleichsverfahren befindet, die Eröffnung nicht beantragt wurde und ein Antrag auch nicht mangels Masse eingestellt wurde“;
11. Bonitätsnachweis einer anerkannten Wirtschaftsauskunftei (z. B.: Creditreform, D & B) mit einem Rating von max. 250 (Creditreform) oder mind. 75 (D & B) gemessen am deutschen Markt;
12. Nachweis einer Haftpflichtversicherung mit Nennung der Höhe der Deckungssumme;
13. Kundenreferenzliste mit mind. 3 Referenzen über die Belieferung mit mind. ähnlichen Materialien;
14. Folgende Bestätigung durch Eigenerklärung: „Hiermit bestätigen wir, das keine Ausschlussgründe vom Verfahren gem. § 123 GWB vorliegen“;
15. Gültiges Zertifikat über ein Managementsystem gem. ISO 9001;
16. Folgende Bestätigung durch Eigenerklärung: „Hiermit bestätigen wir, dass nach dem folgenden anerkannten“.
Umweltmanagementsystem gearbeitet wird: < hier das Managementsystem einfügen > „(z. B.: nach ISO 14001, Scc, EMAS oder vergleichbar).
17. Folgende Bestätigung durch Eigenerklärung: „Hiermit bestätigen wir, dass nach den in der Bekanntmachung genannten Normen gefertigt wird“;
18. Folgende Bestätigung durch Eigenerklärung: „Hiermit bestätigen wir, dass bei Einführung eines Produktes beim AG auf Wunsch Schulungen zur Handhabung kostenlos durchgeführt werden“; 19. Folgende Bestätigung durch Eigenerklärung: „Hiermit bestätigen wir, das die Montageanleitungen in deutscher Sprache unter Verwendung des metrischen Einheitssystems ausgestellt werden“.
Unvollständige Unterlagen können zum Ausschluss der Bewerbung vom Verfahren führen. Eingereichte Unterlagen werden nicht zurück geschickt.
Stufe 2 „Materialeignung“ In Stufe 2 des Verfahrens ist der AG berechtigt Material zum Test und zur Überprüfung kostenlos anzufordern. Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen.
In Stufe 1 wird der Teilnahmeantrag mit allen Unterlagen, Nachweisen und Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und damit eine grundsätzliche Eignung des Bewerbers festgestellt. Bewerber, die eine grundsätzliche Eignung durch die eingereichten Unterlagen nicht nachweisen können, können vom Verfahren ausgeschlossen werden. In Stufe 2 behält der AG sich das Recht vor jedes Material beim Bewerber zum Test anzufordern und auf Eignung zu prüfen. Erst nach erfolgreichem Test und positiver Bewertung erfolgt eine Aufnahme des Bewerbers in den möglichen Bieterkreis.
2017/S 074-143226
Der AG nimmt die Bewerber, die Stufe 1 und Stufe 2 des Verfahrens erfolgreich abgeschlossen haben, als mögliche Bieter auf. Rahmenverträge und weitere Bedarfe werden während der Dauer des Prüfungssystems ohne weitere Veröffentlichung ausgeschrieben und im Verhandlungsverfahren vergeben. Dieses Prüfungssystem wird als Erinnerung zu dem Prüfungssystem 2015/ S 071-126732/2016/ S 069-121186/2017/S 074-143226 erstellt. Bewerber, die sich auf das vorgenannte Prüfungssystem bereits beworben haben, müssen sich nicht erneut bewerben.
Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
+49 2114753131
vergabekammer@brd.nrw.de
+49 2114753989
2018-03-22 | 632 | 5,096 |
2018/172009-2018.xml | 2018/S 077-172009 | 20/04/2018 | SWE | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172009-2018:TEXT:SV:HTML | LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
202100-2478
Luleå
971 86
Niklas Olsson
niklas.olsson@lansstyrelsen.se
http://www.bd.lst.se
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrtwbmigy&GoTo=Docs
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrtwbmigy&GoTo=Tender
Dynamiskt inköpssystem för Grävmaskinstjänster
114-2576-2018
Länsstyrelsen har ett återkommande behov av grävmaskinstjänster och etablerar därför ett dynamiskt inköpssystem som bas för framtida avrop.
Länsstyrelsen har ett återkommande behov av grävmaskinstjänster och etablerar därför ett dynamiskt inköpssystem som bas för framtida avrop.
48
2028-04-16
00:00
2028-04-17
Visma annons: https://opic.com/id/afrtwbmigy.
Förvaltningsrätten i Luleå
Luleå
2018-04-19 | 67 | 718 |
2018/435156-2018.xml | 2018/S 192-435156 | 05/10/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435156-2018:TEXT:IT:HTML | Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Via Mercatanti 8
Rieti
02100
Fabio Miarelli
+39 746240410
f.miarelli@acquapubblicasabina.it
www.acquapubblicasabina.it
www.acquapubblicasabina.it
https://acqualatina.tuttogare.it
https://acqualatina.tuttogare.it
Sistema di qualificazione di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di servizi.
18_0010_E
Sistema di qualificazione di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di servizi codificati tramite il Common Procurement Vocabulary (CPV) aggiornato alla più recente normativa europea e fino al massimo livello di dettaglio, e acquisibili da Acqua Pubblica Sabina S.p.A. utilizzando il sistema di qualificazione accessibile dal sito (https://acquapubblicasabina.tuttogare.it).
I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente sistema sono quelli indicati all’art. 45 del codice, nonché, per quanto concerne i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, quelli indicati all’art. 46 del codice e dall'art. 5 del Disciplinare di qualificazione. Si rende noto che per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha istituito uno specifico e separato elenco di fornitori denominato «elenco finalizzato all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici» che verrà utilizzato in via prioritaria ai fini dei relativi affidamenti.
Le categorie merceologiche sono suddivise secondo le classi di importo riportate all'art. 2 del Disciplinare di qualificazione.
Si precisa che per classe di importo si intende il fatturato specifico conseguito dall’operatore economico nei 3 esercizi antecedenti la domanda di iscrizione al sistema di qualificazione in relazione a servizi o forniture analoghi a quelli attinenti alla/e categoria/e merceologica/e per la/e quale/i si richiede la qualificazione, per come indicato dall’operatore economico al momento della presentazione della domanda di iscrizione al sistema.
TAR Lazio — Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
+39 06328721
tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
+39 0632872315
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
TAR Lazio — Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
+39 06328721
tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
+39 0632872315
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
2018-10-02 | 316 | 2,593 |
2018/333094-2018.xml | 2018/S 145-333094 | 31/07/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333094-2018:TEXT:DE:HTML | ÖBB-Holding AG sowie für die mit ihr im Sinne des § 189a Z 8 UGB verbundenen Gesellschaften, alle vertretendurch die ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3
Wien
1020
ÖBB Infrastruktur AG / Stab Einkauf / DI (FH) Thomas Rupertsberger
thomas.rupertsberger@oebb.at
http://konzern.oebb.at
https://www.provia.at
http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_10_Pruefsysteme_Einkauf/index.jsp
ÖBB Infrastruktur AG
Praterstern 3
Wien
1020
ÖBB Infrastruktur AG / Geschäftsbereich Bahnsysteme / Ing. Stefan Gaider (für technische Fragen)
stefan.gaider@oebb.at
http://konzern.oebb.at
https://www.provia.at
Gegenstand des Prüfsystem bildet die Auswahl von Unternehmen für Engineeringleistungen für ETCS (European Train Control System) in der Streckenausrüstung
Österreich
Der Umfang der Dienstleistungen umfasst die fachliche Begleitung und Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten in Fragestellungen und Problemstellungen im Zusammenhang mit der Ausrüstung, Umrüstung und des Betriebs der Infrastruktur mit dem Zugsicherungssystem „ETCS“ (European Train Control System).
Die Unternehmen haben jede Änderung von Umständen, die für die Aufnahme ins Unternehmensverzeichnis von Bedeutung waren und die Qualifikation für das gegenständliche Prüfsystem betreffen, auch ohne gesonderte Aufforderung an die unter Punkt I.1) genannte Stelle jederzeit mitzuteilen und die zur Verfügung gestellten Informationen, Nachweise und Unterlagen unverzüglich zu aktualisieren.
Die Anforderungen an die Qualifikation sind im Prüfsystem definiert.
2017/S 002-002382
Bundsverwaltungsgericht
Erdbergerstraße 192 – 196
Wien
1030
+43 1601490
einlaufstelle@bvwg.gv.at
+43 153109153357
http://www.bvwg.gv.at
Bundsverwaltungsgericht
Erdbergerstraße 192 – 196
Wien
1030
+43 1601490
einlaufstelle@bvwg.gv.at
+43 153109153357
http://www.bvwg.gv.at
2018-07-27 | 208 | 1,838 |
2018/572003-2018.xml | 2018/S 247-572003 | 22/12/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572003-2018:TEXT:EN:HTML | VOIS - Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid ved Sandefjord Kommune
916882807
Postboks 2025
Sandefjord
3202
Pia Charlotte Berg
+47 40816315
pcb@sandefjord.kommune.no
https://permalink.mercell.com/91867585.aspx
https://permalink.mercell.com/91867585.aspx
https://permalink.mercell.com/91867585.aspx
VOIS - Official vehicles - Dynamic Purchasing System
18/29523
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) intends to enter into a dynamic purchasing system for the purchase and operational leasing of official vehicles for all of the municipalities in Vestfold. In 2017, the turnover for the contract was approx. 16 000 000 NOK excluding VAT.
Click here: https://permalink.mercell.com/91867585.aspx
96000000.00
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) intends to enter into a dynamic purchasing system for the purchase and operational leasing of official vehicles for all of the municipalities in Vestfold. In 2017, the turnover for the contract was approx. 16 000 000 NOK excluding VAT.
The contracting authority wants a system that must cover own need for transport, and ensure regional and local guidelines to reduce climate and environmental impact. The contracting authority wants the future vehicle fleet to be significantly more climate and environmentally friendly and optimally be zero emissions vehicles.
Participants:
Færder municipality
Holmestrand municipality
Horten municipality
Larvik municipality
Re municipality
Sande municipality
Sandefjord municipality
Tønsberg municipality
The tenderer must have a vehicle shop and a workshop in the vicinity of the contracting authority.
The following vehicles are primarily included in the contract (the list is not exhaustive):
— Passenger cars
— Multi-purpose vehicles (up to 9 seats)
— Goods vans (all models, including pick-up vans, below 3.5 tonnes)
— Mini buses (up to 17 seats)
The current vehicle fleet
The table below shows the number of vehicles in use for the activities, per 1.12.2018.
The current total number of vehicles for the participants in the agreement:
Passenger cars; 550 units
Multi-purpose vehicles (up to 9 seats); 100 units
Goods vans (all models, including pick-up vans, below 3.5 tonnes); 450 units
Mini buses (up to 17 seats); 40 units
The stated scope is not guaranteed. The contract is also subject to budgetary and activity changes as well political government which can affect the terms and conditions for the scope of the purchasing system.
The purchasing system primarily applies to new vehicles only. Used vehicles are as a general rule procured outside the purchasing system. However, it may be possible to submit tenders for used vehicles if the relevant Activity finds it suitable.
The dynamic purchasing system shall include the following options:
— Service agreements
— Repairs and parts beyond the warranty period
— Tyre hotel and tyre changing services
— Any other accompanying services
Limitations:
Leasing contracts entered into prior to the signing of this contract are not included.
96000000.00
72
The dynamic purchasing system shall include the following options:
Service agreements.
Repairs and parts beyond the warranty period
Tyre hotel and tyre changing services
Any other accompanying services
See the tender documentation.
2025-02-04
12:00
6
This will vary based on each participant's requirements.
Klagenemda for offentlige anskaffelser
Postboks 511 sentrum
Bergen
5805
post@knse.no
2018-12-21 | 483 | 3,407 |
2018/33542-2018.xml | 2018/S 016-033542 | 24/01/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:033542-2018:TEXT:FR:HTML | SNCF Mobilités — direction du matériel — département des achats
4 rue André Campra — CS 20012
La plaine Saint-Denis Cedex
93212
Emmanuel Evesque
+33 428890478
emmanuel.evesque@sncf.fr
http://www.sncf.com/fr/rubrique/fournisseurs-achats
http://www.sncf.com/fr/rubrique/fournisseurs-achats
http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/dossiers-qualification
SNCF — Direction des achats groupe – DDQPF — Pôle méthode organisation
4 rue André Campra — CS 20012
La plaine Saint-Denis Cedex
93212
Maryline Cornillon
+33 185587761
maryline.cornillon@sncf.fr
http://www.sncf.com/fr/rubrique/fournisseurs-achats
http://www.sncf.com/fr/rubrique/fournisseurs-achats
Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant
2018/EEV
Fourniture des équipements pour matériels ferroviaires à écartement.
Standard (hors voie métrique) suivants:
— accessoires pour boîte d'essieux,
— bogie complet,
— commandes mécaniques à distance,
— compresseurs,
— courroies,
— disques et timonerie de frein,
— échangeurs thermiques,
— filtres tous types (climatisation, moteurs, ...),
— frein, robinetterie, équipements pneumatiques,
— garnitures, semelles de frein frittées ou composites,
— lubrifiants (huiles et graisses),
— liquide de refroidissement,
— manomètres, thermomètres,
— moteurs diesel et pièces constitutives,
— engrenages et organes de transmission, retaillage Cat 1,
— pièces d'usure en acier au manganèse,
— pompes,
— réservoirs, raccords et pièces diverses d'air comprimé,
— roues et essieux axes,
— roulements (sauf roulements standards),
— semelles et sabots de frein en fonte.
Suspensions bogie:
— amortisseurs et pièces constitutives,
— pièces caoutchouc métal,
— membranes de suspension pneumatique,
— ressorts,
— rotules,
— barre de torsion.
Prestations de maintenance sur organes ferroviaires:
— moteurs thermiques,
— refroidissement (radiateurs / aéro.),
— essieux et roulements (selon référentiel MA00245).
La qualification est prononcée par la SNCF à titre révocable et peut être retirée à tout moment si les éléments et conditions qui ont conduit à la délivrer ne sont plus valables ou satisfaits.
— certification ISO 9001 ou équivalent, délivrée par un organisme certificateur accrédité,
— la qualification des opérateurs économiques ayant fait acte de candidature est prononcée après évaluation de leur capacité juridique, commerciale, financière et technique à assurer les prestations attendues,
— les autres conditions sont précisées dans le dossier de qualification adressé aux opérateurs économiques qui ont fait acte de candidature.
Ce dossier est composé notamment d'une lettre explicative du processus de qualification, de la liste des critères de qualification, d'un questionnaire et d'une liste de documents à fournir obligatoirement.
Si les produits doivent faire l'objet d'une surveillance qualité particulière, les candidats doivent se conformer à certaines exigences de SNCF Mobilités.
Le dossier de qualification est étudié à partir de l'appréciation des documents fournis et en fonction des réponses apportées au questionnaire.
2017/S 016-026269
Dans le cadre de la mise en place du groupe public ferroviaire institué par la loi nº 2014-872 du 4.8.2014 portant réforme ferroviaire, le système de qualification concerné pourra être utilisé par l'EPIC SNCF, l'EPIC SNCF.
Réseau et l'EPIC SNCF Mobilités.
Le processus de qualification des fournisseurs de la SNCF est décrit sur le site internet http://www.sncf.com — Fournisseurs — rubrique devenir fournisseur.
Seul le texte en langue française du présent avis fait foi.
La SNCF se réserve le droit de réserver certains marchés au secteur protégé.
Tribunal administratif
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
+33 144594400
greffe.ta.paris@juradm.fr
+33 144594646
http://paris.tribunal-administratif.fr/
Tribunal administratif
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
+33 144594400
greffe.ta.paris@juradm.fr
+33 144594646
http://paris.tribunal-administratif.fr/
2018-01-22 | 524 | 3,952 |
2018/160653-2018.xml | 2018/S 072-160653 | 13/04/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160653-2018:TEXT:FR:HTML | Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51
0869.763.267_25562
Place Marcel Broodthaers 2
Bruxelles
1060
Mme Meyad Rahma & Mme Mertens Laura
qualifications@infrabel.be
www.infrabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305464
I-66 Détecteur de tension universel 3 kV — 36 kV AC / DC.
I-FBA51-Y15 n° I-66 -F07_0
I-66 Détecteur de tension universel 3 kV — 36 kV AC / DC.
Après 5 ans un dossier administratif et technique actualisé doit être soumis comme spécifié dans le document Y15.
Les conditions sont à demander chez le point de contact mentionné sous le point I.1.
Les conditions sont à demander chez le point de contact mentionné sous le point I.1.
I-FBA.518 section 40 qualifications
Place Marcel Broodthaers 2
Bruxelles
1060
qualifications@infrabel.be
I-FBA.518 section 40 qualifications
Place Marcel Broodthaers 2
Bruxelles
1060
qualifications@infrabel.be
I-FBA.518 section 40 qualifications
Place Marcel Broodthaers 2
Bruxelles
1060
qualifications@infrabel.be
2018-04-11
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
0869.763.267_25562
Marcelbroodthaers 2
Brussel
1060
Mevr. Meyad Rahma & Mevr. Mertens Laura
qualifications@infrabel.be
www.infrabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305464
I-66 Universele spanningszoeker 3kV - 36kV AC / DC.
I-FBA51-Y15 n° I-66 -F07_0
I-66 Universele spanningszoeker 3kV - 36kV AC / DC.
Na 5 jaar moet er een geactualiseerd administratief en technisch dossier ingediend worden zoals bepaald in document Y15.
De voorwaarden zijn op te vragen bij contactpunt.
Vermeld onder punt I.1.
De voorwaarden zijn op te vragen bij contactpunt.
Vermeld onder punt I.1.
I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties
Marcelbroodthaers 2
Brussel
1060
qualifications@infrabel.be
I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties
Marcelbroodthaers 2
Brussel
1060
qualifications@infrabel.be
I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties
Marcelbroodthaers 2
Brussel
1060
qualifications@infrabel.be
2018-04-11 | 248 | 1,999 |
2018/51833-2018.xml | 2018/S 024-051833 | 03/02/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:051833-2018:TEXT:FR:HTML | RATP
77566343801906
Lac B916 — 54 quai de la Rapée
Paris
75599
Philippe Carandi
+33 158762467
philippe.carandi@ratp.fr
+33 158762373
http://www.ratp.fr
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Fourniture de roues monoblocs, de roues auxiliaires et de bandages pour les matériels roulants ferroviaires métro, RER et tramway circulant en Île-de-France.
DHA_2017MRF10901
Les lieux principaux de livraison des fournitures sont différents établissements de la RATP situés en région Île-de-France.
Fourniture de roues monoblocs, de roues auxiliaires et de bandages pour les matériels roulants ferroviaires métro, RER et tramway circulant en Île-de-France.
Les candidats souhaitant obtenir la qualification pour tout ou partie des prestations entrant dans le champ d'application du présent système devront satisfaire aux stades de qualifications suivants:
1) l'évaluation des capacités professionnelles, financières et techniques des entreprises candidates qui s'effectue sur la base d'un dossier de candidature comprenant les documents suivants en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur.
a) les éléments administratifs relatifs à la situation personnelle des opérateurs économiques: les candidats devront fournir les éléments contenus dans les imprimés DC1 et DC2 ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France.
Ces éléments pourront être fournis sur papier libre ou sur les imprimés disponibles sur le site du ministère des finances: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Vérification stricte des documents requis.
Dans le cas d'une réponse du candidat en groupement d'entreprises, l'ensemble des documents précités est à fournir par chaque co-traitant.
Vérification stricte des documents requis.
b) les éléments financiers permettant d'évaluer les capacités économiques des opérateurs économiques: les candidats devront fournir les éléments contenus dans l’imprimé DC2 ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France.
Ceux qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen.
Les candidats fourniront en outre les extraits de bilans, les déclarations appropriées de banques ou le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités d’autres entreprises, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu’il en disposera bien pendant toute la durée du système de qualification par la production soit d’un contrat soit d’un engagement écrit.
Vérification stricte des documents requis.
c) les éléments permettant d'évaluer les capacités techniques des opérateurs économiques:
Les candidats devront fournir les éléments contenus dans l’imprimé DC2 ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France ainsi que les documents ci-dessous:
1. une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le volume, le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique. Dans le cas où le candidat n'aurait pas effectué ces prestations sur la période précitée, des éléments de preuve relatifs à des produits ou des services pertinents fournis il y a plus de 3 ans seront pris en compte.
Vérification stricte des documents requis.
2. une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les 3 dernières années;
3. une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public;
4. la description de l’équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;
5. l’indication des techniciens ou organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
6. l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché.
Vérification stricte des documents requis.
7. la présentation de l'organisation de l'assurance qualité dans l'entreprise;
8. l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché;
9. des échantillons, descriptions ou photographies des produits fabriqués;
10. l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché.
Vérification stricte des documents requis.
11. des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des produits par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
La RATP pourra apprécier la capacité technique des candidats à réaliser la prestation sur la base des évaluations portant sur des prestations similaires.
Les candidats ayant satisfait aux conditions précitées feront partie des opérateurs économiques qualifiables, admis à participer au second stade de qualification. Les candidats non retenus à ce stade seront informés de la décision de rejet de leur candidature conformément à la réglementation applicable.
Vérification stricte des documents requis.
2) l'évaluation, après envoi aux candidats du dossier technique correspondant, des performances techniques des produits pour lesquels les candidats souhaitent être qualifiées.
À cet effet, les produits devront répondre aux conditions spécifiées dans le dossier technique.
Il est précisé ici que les entreprises demandant à être qualifiées peuvent prouver par tout moyen approprié et notamment par la référence aux spécifications de normes jugées équivalentes à celles citées dans le dossier technique, que les produits qu'elles proposent satisfont de manière équivalente aux exigences du dossier technique.
Dans la mesure où les produits de l'entreprise ont satisfait à l'ensemble des conditions spécifiées, la RATP annonce à l'entreprise qu'elle fait partie des entreprises qualifiées.
Si au contraire les produits de l'entreprise ne remplissent pas les conditions définies, la RATP annonce à l'entreprise le rejet de sa demande de qualification, conformément à la réglementation applicable.
Vérification stricte des documents requis.
2017/S 019-032286
Classification achats RATP: H31 – fonderie / forge.
Le présent avis constitue une mise en concurrence.
Les lieux principaux de livraison des fournitures sont différents établissements de la RATP situés en région Île-de-France.
La candidature devra être remise en français.
Les candidatures par télécopie ou par courriel ne sont pas admises.
— conditions de remise des candidatures: le candidat répond sur: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
En cas de difficulté technique/question, appeler la hotline au +33 811906438 ou depuis l'étranger au +33 146095672 ou via ratp@bravosolution.fr
Le candidat se référera aux pré-requis techniques disponibles sur la plate-forme. L'ensemble des conditions de remise des candidatures sont disponibles en pièce jointe dans l'annonce sur https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Le candidat sélectionne la consultation n
o
L’inscription est gratuite et nécessaire pour répondre et être informé en cas de modification de la consultation.
Ce dépôt donne lieu à un AR mentionnant date et heure de réception sur la plateforme. La candidature qui ne serait pas complètement chargée et publiée en ligne avant la date et heure limites, sera rejetée.
Le candidat peut ne pas fournir l'ensemble des documents et renseignements demandés, hormis le DC1 (ou équivalent), qui sera remis sur la plate-forme, à la condition que ceux-ci soient disponibles au moins un mois, accessibles directement et gratuitement par l'acheteur par le biais:
— d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel,
— ou d’un espace de stockage numérique, sous réserve de la garantie de confidentialité dudit espace.
Le cas échéant, le candidat précisera dans son dossier toutes les informations nécessaires à la consultation de son dossier: si les documents ont déjà été transmis dans une précédente consultation, les éléments doivent demeurer valables. Le candidat indiquera la référence de la consultation pour laquelle les documents ont déjà été transmis.
La RATP se réserve le droit de modifier ou de mettre un terme à tout moment au présent système de qualification.
Dans ce cas, elle en informe l'ensemble des entreprises qualifiées, ainsi que les entreprises ayant remis une demande d'obtention de la qualification pour des produits entrant dans le champ d'application du présent système et ceci conformément à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, les entreprises sont informées qu'en cas de consultation relative à la passation d'un marché pour des produits entrant dans le champ d'application du présent système de qualification, seules les entreprises ayant fait l'objet d'une qualification prononcée par la RATP d'un ou de plusieurs produits concernés au jour du lancement de la consultation seront consultées.
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris Cedex 04
75181
+33 144594400
greffe.ta-paris@juradm.fr
+33 144594646
http://paris.tribunal-administratif.fr
RATP département juridique — unité projets et contrats
54 quai de la Rapée
Paris Cedex 12
75599
+33 158772001
info.recours@ratp.fr
+33 158772123
2018-02-01 | 1,425 | 10,091 |
2018/96939-2018.xml | 2018/S 044-096939 | 03/03/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096939-2018:TEXT:DE:HTML | Deutsche Bahn AG, Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe, GS.EA 24
Caroline-Michaelis-Straße 5-11
Berlin
10115
GS.EA 24
+49 30/297/55273
ramona.kubla@deutschebahn.com
+49 69/2652/1397
www.deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal
Deutsche Bahn AG, DB Systemtechnik GmbH, Werkstofftechnik Fahrzeuge, I.T.IVI 3(2)
Bahntechnikerring 74
Brandenburg-Kirchmöser
14774
Herr Dr. Christian Bohne
+49 3381/812/230
Christian.Bohne@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com
https://marktplatzr3k.noncd.db.de/sap/bc/webdynpro/sap/ZWDA_E_SUPP_REG
Auswahl von Lieferanten für die bundesweite Lieferung von Beschichtungsstoffen nach bahnspezifischen Anforderungen gemäß DBS 918300 „Beschichtungsstoffe für Schienenfahrzeuge“ der DB AG
Bundesweit
Die Deutsche Bahn AG wählt für alle Bedarfsstellen des Konzerns geeignete Lieferanten für die Lieferung von Beschichtungsstoffen gemäß DBS 918 300 (Stand: 01/2017) zwecks Abschluss von Rahmenverträgen aus.
Die DBS 918 300 beinhaltet:
Allgemeiner Teil,
Technisches Merkblatt,
Blatt 2: Wasserverdünnbare 2K-EP- oder 2K-PUR-Grundbeschichtungsstoffe.
Blatt 3: 2K-EP-Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff.
Blatt 7: 1K-PUR-Zinkstaubfarbe.
Blatt 8: 1K – Wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe.
Blatt 9: 1K – Wasserverdünnbarer Unterbodenschutz.
Blatt 11: Beschichtungsstoff für Güterwagenradsätze (Korr.-Schtz.-Grp. 3, EN 13261).
Blatt 12: 1K – Beschichtungsstoff auf Alkydharzbasis, dickschichtig.
Blatt 33: 2K-EP-Beschichtungsstoffe (Füller und Decklacke).
Blatt 34: 2K – PUR Grundbeschichtungen (Füller) und Decklacke.
Blatt 35: 2K-EP-Dickschichtbeschichtungsstoffe für Güterwagen.
Blatt 38: Anforderungen an Beschichtungssysteme für den dekorativen Innenbereich (Personenverkehr).
Blatt 39: 2K – PUR wasserverdünnbare Grundbeschichtungen („Füller“, „Base-Coats“) und Decklacke.
Blatt 40: Elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff.
Blatt 42: Elastifizierter 2K-EP-Dickbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar.
Blatt 50: Graffiti-Schutzschichten.
Diese Unternehmen werden, soweit vergaberechtlich zulässig, bei zukünftigen Vergaben zur Angebotsabgabe aufgefordert.
Voraussetzung für eine Aufnahme in die Liste zugelassener Bewerber ist die Erfüllung nachstehender administrativer, rechtlicher und technischer Kriterien:
— gültige Produktqualifikation gemäß DBS 918 300,
— Verpflichtung zur Registrierung auf dem Lieferantenportal der Deutschen Bahn AG. Dort werden Nachweise der Eignung zur bundesweiten Lieferungen (wie z. B. Fachkunde, Leistungsfähigkeit) abgefordert.
Auch für bereits qualifizierte Lieferanten ist eine Qualifizierung bzw. Requalifizierung in der folgenden Produktkategorie erforderlich:
— Betriebs- und Werkstoffe -> Fahrzeugbeschichtungen, Fahrzeugfarben,
— Erklärungen / Zertifikate / Unterlagen sind in deutscher Sprache mit der Selbstregistrierung des Interessenten und dem elektronischen Teilnahmeantrag gemäß I.3) und an die unter I.1) genannte Adresse einzureichen.
Feststellung der Eignung von Unternehmen mittels eines eingerichteten Prüfungssystems im Sinne des § 37 der Sektorenverordnung (SektVo):
— Die Prüfung der Eignung findet in einem, für alle Wettbewerber kostenpflichtigen, Verfahren statt.
Bei positivem Prüfergebnis wird das Unternehmen in einer Liste der präqualifizierten Unternehmen für die Produktkategorie/Warengruppe gemäß Ziffer II.1.1) geführt. Das hiermit bekannt gemachte Prüfungssystem wird in das ITSystem des Lieferantenmanagements der Deutschen Bahn AG migriert und stellt eine spezielle Form der Lieferantenqualifizierung dar. Das Prüfungssystem bleibt als solches erhalten und die Gültigkeit von Präqualifizierungen besteht unverändert fort.
Ausführliche Informationen zum Verfahren und zu den geltenden Verfahrensregeln sind unter http://www.deutschebahn.com/lieferantenportal zu finden.
Die Deutsche Bahn AG behält sich vor, eine strukturierte Verhandlung / elektronische Auktion durchzuführen. Einzelheiten werden in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben.
— Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache (DE) vorzulegen. Verhandlungs- und Vertragssprache ist deutsch(DE). Verträge unterliegen dem deutschen Recht. Es wird kein Entgelt für die Erstellung / Bereitstellung von Unterlagen, Nachweisen und Angeboten gezahlt,
— Technische Fragen sind an Herrn Dr. Christian Bohne (siehe Pkt. I.3) – „Weitere Auskünfte erteilt folgende Kontaktstelle“) zu richten,
— Die kostenpflichtigen Unterlagen (Deutsche Bahn Standard) sind über die folgende Adresse zu beziehen:
DB Kommunikationstechnik GmbH,
Medien- und Kommunikationsdienste Informationslogistik (I.CVM 4),
Kriegsstraße 136,
76133 Karlsruhe.
Tel.: +49 721 938 5965
Fax: +49 721 938 5509
E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com
Es wird die Vergabe im vierten Quartal 2018 angestrebt. Bei dieser Vergabe werden Lieferanten beteiligt, die ihren Teilnahmeantrag bis 9.4.2018 – 12.00 Uhr vollständig eingereicht bzw. vervollständigt haben und die Bedingungen der Produktqualifikation zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung erfüllen.
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
+49 228/9499/0
info@bundeskartellamt.bund.de
+49 228/9499/163
http://www.bundeskartellamt.de
Wenn der Zuschlag bereits wirksam erteilt worden ist, kann dieser nicht mehr vor der Vergabekammerangegriffen werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Kalendertage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Kalendertage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden(§ 160 Abs. 3 S. 1 Nrn. 1 bis 3 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Der Bieter hat in den Angebotsunterlagen alle Angaben deutlich zu kennzeichnen, die der Wahrung von Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen unterliegen. Liegt keine entsprechende Kennzeichnung vor, geht der Auftraggeber davon aus, dass sich diesbezüglich keine Weitergabebeschränkungen nach § 5 Abs. 1 SektVO ergeben und die Angaben im Sinne von § 165 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) den Beteiligten eines Nachprüfungsverfahrens zur Einsichtnahme freigegeben werden können.
Vergabekammer des Bundeskartellamtes
Bonn
http://www.bundeskartellamt.de
2018-03-02 | 804 | 6,800 |
2018/521660-2018.xml | 2018/S 228-521660 | 27/11/2018 | DAN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521660-2018:TEXT:DA:HTML | 8aa4b535-e282-441a-b517-1c107e849f35
Sydjysk Udbuds Samarbejde
29189757
Haderslev Kommune
6100 Haderslev
Gåskærgade 26-28
Majbritt Laurine Frødstrup
+45 74340149
mare@haderslev.dk
www.haderslev.dk
DPS Dynamisk Indkøbssystem fitness- og aktivitetspladser totalentreprise (nr 3) (1)
16/30972
Udbuddet vedrører etablering af ” Dynamisk Indkøbssystem på anlæg af og udstyr til Fitness- og aktivitetspladser i totalentreprise til Sydjysk Udbuds Samarbejde”.
2018-11-22
2018/S 223-509663
Berigtigelser eller tilføjelser: i det korresponderende udbudsmateriale. Jf. det korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger. | 68 | 623 |
2018/533528-2018.xml | 2018/S 233-533528 | 04/12/2018 | SPA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533528-2018:TEXT:ES:HTML | Achilles South Europe, S. L. U.
Madrid
REPRO
+34 914264935
repro@achilles.com
www.achilles.com/spain
Sistema de clasificación de proveedores REPRO
El sistema REPRO es gestionado por Achilles South Europe, S. L. U. en nombre y representación de las entidades relacionadas en el apartado VI.3). Estas entidades confirman que utilizarán REPRO como un sistema común para el registro de sus suministradores, proveedores y contratistas.
Este anuncio describe los productos, servicios y obras para los que podrán utilizar REPRO cuando surja alguna necesidad relacionada con los mismos. Para conocer todas las categorías de productos y servicios incluidas en el código REPRO. Puede solicitar el código de productos y servicios a la dirección indicada en el apartado I.1). Las citadas entidades podrán utilizar REPRO para contratar todos los productos, servicios y obras contemplados en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en los términos y condiciones recogidos en la citada Ley y en las Instrucciones Internas de Contratación.
El sistema de clasificación REPRO utilizado por las empresas indicadas en el apartado VI.3) tiene una duración indefinida. Los proveedores registrados en REPRO deberán renovar anualmente.
Condiciones que deben cumplir los operadores económicos con vistas a su clasificación: el registro de los proveedores se efectuará con arreglo a sus características fundamentales y, en particular, a los elementos personales, materiales, económicos y técnicos de que dispongan, en relación con las categorías de productos o servicios en que lo soliciten. El proveedor deberá completar un cuestionario y remitir la documentación que se solicita, así como una declaración firmada. Las entidades citadas utilizarán el registro REPRO como base para para la selección de candidatos en procedimientos restringidos o negociados, cuando así se determine en los Pliegos particulares. Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con las normas y criterios objetivos definidos en cada licitación, que estarán a disposición de los operadores económicos interesados, previa petición de los mismos a la entidad adjudicadora que corresponda en cada caso.
En aquellos procedimientos en los que se determine.
REPRO es utilizado por las siguientes entidades:
— Empresa General Valenciana del Agua, S. A,
— Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S. A,
— Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel, S. A.,
— Aigues de Sagunt, S. A.,
— Actuacions Ambientals Integrals, S. L.,
— Aigues d'Altafulla, S. A.,
— Empresa Municipal de Serveis Públics, S. L.
Desconocido
Madrid
2018-11-29 | 406 | 2,707 |
2018/531146-2018.xml | 2018/S 232-531146 | 01/12/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531146-2018:TEXT:DE:HTML | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG
Durlacher Allee 93
Karlsruhe
76131
Florian Steiner
+49 1752107046
f.steiner@enbw.com
www.enbw.com
Tiefbauarbeiten/Wegebau, Leitungsbau zur Errichtung von Windenergieanlagen und Photovoltaikparks
1) Wegebau: Zuwegungen herstellen, Kranstell- und Montageflächen herstellen, Fundamentaushub/Fundamentverfüllung, Mulden, Drainagen, Verrohrungen, Straßenbauarbeiten, Rückbau von Schotterflächen, Vermessung und Dokumentation;
2) Leitungsbau: Legen von Erdkabeln zwischen Netzanschlusspunkt und Windenergieanlagen, sowie zwischen den Windenergieanlagen inkl. Anschlussarbeiten. Inkl. Vermessung und Dokumentation;
3) Rekultivierungsarbeiten.
Die Präqualifikation erfolgt im Rahmen eines Lieferantenportals in 3 Schritten:
1) Registrierung Ihres Unternehmens im Lieferantenportal SLC der EnBW;
2) Die Präqualifikation nach den gesetzlichen Mindestanforderungen/den allgemeinen verbindlichen Unternehmensanforderungen der EnBW anhand Online-Fragebogens;
3) Beantwortung eines technischen Selbstauskunftsbogens;
Für die Lieferanten, die bereits bei der EnBW für die Tiefbau-/Netzbau präqualifiziert sind, entfallen Schritte 1 und 2. Die Bewertung ist jedoch erforderlich.
Vergabekammer Baden-Württemberg Regierungspräsidium Karlsruhe
Karlsruhe
76247
2018-11-29 | 131 | 1,286 |
2018/337320-2018.xml | 2018/S 147-337320 | 02/08/2018 | FIN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337320-2018:TEXT:FI:HTML | Hansel Oy
0988084-1
PL 1386
Helsinki
00101
+358 294444200
kilpailutus@hansel.fi
http://www.hansel.fi
https://tarjouspalvelu.fi/hanki
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=185310&tpk=21d813b1-4bba-4709-a666-7cc6450a04fc
yhteishankintayksikkö
Työterveyshuollon palvelut 2018–2024 (DPS)
Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut sekä niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy:n asiakkaille.
420000000.00
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat työterveyshuollon palvelut ja niitä laajentavat terveyspalvelut Hansel Oy:n asiakkaille. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat tai niiden yhteenliittymät voivat hakea osallistumista järjestelmään. Hanselin asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.
420000000.00
Katso hankinta-asiakirjat.
Katso hankinta-asiakirjat.
2024-12-31
00:00
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
+358 295643300
markkinaoikeus@oikeus.fi
+358 295643314
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Hansel Oy
PL 1386
Helsinki
00101
kilpailutus@hansel.fi
https://www.hansel.fi
2018-08-01 | 106 | 1,253 |
2018/354660-2018.xml | 2018/S 155-354660 | 14/08/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354660-2018:TEXT:EN:HTML | Westworks Procurement Ltd
Sarsen Court Horton Avenue, Cannings Hill Devizes Wiltshire
Devizes
SN10 2AZ
Karina McDermott
+44 1380710263
info@westworks.org.uk
http://www.westworks.org.uk
http://westworks.org.uk/
https://in-tendhost.co.uk/westworks/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/westworks/aspx/Home
Central Purchasing Body
CONST2018 — Development and Construction Dynamic Purchasing System
CONST2018DPS
The Authority wishes to select a number of Supplier s to form a DPS to provide design and build or build, refurbishment and major works construction services The Works are being application ed in 4 categories as follows:
1) Design and build of housing and non-housing developments with 1 to 10 units and projects with value up to 1.5m GBP this lot will include developments of multiple phases each under 1.5m GBP;
2) Design and build of housing and non-housing developments with 11 to 40 units and projects with value up to 4.5m GBP this lot will include developments of multiple phases each over 1.5m GBP to 4.5m GBP;
3) Design and build of housing and non-housing developments with over 40 units and projects with value over 4.5m GBP;
4) Construction and major refurbishment / remodelling of corporate commercial property such as New build, extension and adaptation schemes for care, commercial, industrial leisure projects Major and minor adaptations of existing buildings.
4000000000
Category 3
Category 3 over 40 units and projects with value over £4.5m
3. Design and build of housing and non housing developments with over 40 units and projects with value over 4.5m GBP.
1000000000
60
Subject to use and success of the DPS this may be extended for up to an additional 60 months.
Caragory 2
Category 2 - 11 to 40 units and projects with value up to £4.5m this lot will include developments o
2. Design and build of housing and non-housing developments with 11 to 40 units and projects with value up to 4.5m GBP this lot will include developments of multiple phases each over 1.5m GBP to 4.5m GBP.
60
Subject to use and success of the DPS this may be extended for up to an additional 60 months.
Category 1
Category 1 Design and build of housing and non-housing developments up to 1.5m GBP
1) Design and build of housing and non-housing developments with 1 to 10 units and projects with value up to 1.5m GBP this lot will include developments of multiple phases each under 1.5m GBP.
60
Subject to the success and usage of the DPS it may be extended for up to 60 months.
Category 4
Category 4 Construction and refurboshment of commercial and corporate buildings
4) Construction and major refurbishment/remodeling of property including commercial / corporate property.
1000000000
60
Depending on the success and usage of the DPS it may be extended for up to 60 months.
2028-10-01
12:00
All call-off contracts will be subject to further competition. The Contracting Authority considers this DPS to be suitable for Small and Medium Enterprises (SME) as well as larger economic operators. Equal opportunity will be provided for all economic providers qualifying for the DPS and the geographical requirements of the call-off contract. All bidders will be required to complete a list of post code areas they are able to demonstrate they can operate in. This DPS will be available for use by all public spending bodies such as Housing Providers, Local Authorities, UK Gov departments, Educational Establishments, National Health Service providers, Emergency Service establishments, Defence and Justice Establishments, that are members (current and future) of one of the Collaboration consortia which are currently: Westworks, Efficiency East Midlands, South East Consortium, Advantage South West. More consortia may join Collaboration and this will be published on the Westworks website. For the avoidance of doubt, Westworks will offer access to this DPS to any appropriate body including the categories mentioned above as well as those such as: Social Enterprises, Community Land Trusts, Registered Charities, Not-for Profit organisations. Where these are not Contracting Authorities as described in the regulations Westworks will allow access providing it does not contravene the regulations (EU or UK). This DPS will also be made available to organisations not mentioned above but in receipt of European or other grant funding. A link to all Collaboration consortia may be found on the Westworks website.
The High Court of England
Royal Courts of Justice The Strand
London
WC2A 2LL
2018-08-10 | 703 | 4,497 |
2018/170221-2018.xml | 2018/S 076-170221 | 19/04/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170221-2018:TEXT:FR:HTML | Intercommunale Ores Assets SCRL
BE 0543 696 579
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
+32 64232300
publicationsMP@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=fr-FR
Service achats
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
Madame Allison Brichard
+32 64232304
allison.brichard2@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
Service achats
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
Madame Dorothée Pasciullo
+32 64232320
dorothee.pasciullo@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
Électricité + Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Système de qualification — Système de qualification pour les travaux aériens moyenne tension de 6 à 15 kV dans toute la Wallonie
WQHAAWA
Wallonie
Établissement d'une liste de candidats qualifiés pour les travaux aériens moyenne tension de 6 à 15 kV dans toute la Wallonie.
Le candidat doit formuler sa marque d’intérêt pour la participation au système de qualification à l’aide d’un dossier comprenant les documents suivants:
1. identification du candidat:
1.1. nom et coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, mail, nº de compte bancaire ...);
1.2. coordonnées complètes des succursales/agences en Belgique concernées pour le marché considéré;
1.3. forme juridique, date de création ou de constitution;
1.4. nº d'immatriculation à la TVA;
1.5. nº d'immatriculation à un organisme de sécurité sociale;
2. représentation et relations dans le cadre de la présente procédure:
2.1. coordonnées complètes de la direction;
2.2. nom et coordonnées complètes (adresse, tél., fax, mail...) de l'interlocuteur unique chargé des relations avec Ores SCRL;
2.3. nom et coordonnées complètes du conseiller en prévention.
Toutes ces personnes doivent pouvoir s'exprimer correctement en français.
Par le dépôt de sa manifestation d’intérêt, le candidat s’engage à pouvoir lire les informations transmises dans le dossier de qualification et lors de la demande de prix (Excel, Power Point, Word, Acrobat Reader).
Chaque point doit faire l’objet d’une réponse (le cas échéant, indiquer «pas d’application»); une absence de la mention «pas d’application» est considérée comme élément manquant.
Tous ces documents doivent répondre aux exigences formelles suivantes:
— être classés dans un classeur à anneaux comportant des intercalaires numérotés; chaque intercalaire reprendra une des rubriques de la structure définie ci-dessus,
— chacune des feuilles sera paraphée et numérotée.
2017/S 064-121609
Les entrepreneurs ayant marqué intérêt dans le cadre du système de qualification pour les travaux aériens moyenne tension de 6 à 15 kV (réf.: WQHAAWA) ne doivent plus marquer intérêt au présent avis. En outre, les entrepreneurs déjà qualifiés restent qualifiés dans ce domaine pour autant qu'ils répondent toujours aux critères repris dans le dossier de qualification en leur possession.
Le dossier de demande de qualification sera soit envoyé par la poste en recommandé, soit déposé à l’accueil pendant les heures de bureau: du lundi au jeudi de 7:45 à 12:00 et de 12:30 à 15:30; le vendredi de 7:45 à 12:00 et de 12:30 à 15:00. Voir le point VI.
Ce dossier devra être livré sous enveloppe marquée «Demande de dossier qualification» avec la référence du marché, réf: WQHAAWA et adressé à ORES SCRL — Service achats, à l'attention de Mademoiselle Dorothée Pasciullo, route du Grand Peuplier 4 à 7110 Strepy-Bracquegnies contre un accusé de réception revêtu du cachet du service achats précisant les date et heure de réception; toute autre forme de transmission (par exemple par fax ou à une autre adresse...) conduit au rejet de la demande de dossier qualification du candidat.
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles (Etterbeek)
1040
+32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be
— recours en annulation devant le Conseil d’État ou le juge judiciaire: 60 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas,
— recours en suspension devant le Conseil d’État, selon la procédure d’extrême urgence, ou devant le juge judiciaire, selon la procédure de référé: 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas,
— ce délai est réduit à 10 jours en cas de publication d’un avis de transparence ex ante volontaire.
2018-04-16 | 649 | 4,362 |
2018/14353-2018.xml | 2018/S 008-014353 | 12/01/2018 | SWE | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:014353-2018:TEXT:SV:HTML | Täby kommun
212000-0118
Stationsvägen 13
Täby
18380
Gunilla Hedström
+46 855559000
gunilla.hedstrom@taby.se
+46 0855559348
http://www.taby.se
Auktorisation Vux Norrort - Kommunal vuxenutbildning
GVN 2017/3-64
Välkommen att söka auktorisation inom Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning. De kommuner som ingår i Vux Norrort är Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Sollentuna, Solna och Upplands Väsby.
2018-01-10
2017/S 032-057989
I.1)
Namn och adresser, Kontaktperson
Pär Engberg
Gunilla Hedström
I.1)
Namn och adresser, Telefon
+08 55559000
+46 855559000
I.1)
Namn och adresser, E-post
par.engberg@taby.se
gunilla.hedstrom@taby.se
OBS! Auktorisationsförfarande tillämpas. För närvarande finns inga specifikt utformade e-verktyg för auktorisation. Kommunerna inom Vux Norrort har valt att använda Tendsign för annonsering och behandling av inkomna ansökningar, men observera att det inte rör sig om ett upphandlingsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller enligt lagen (2008:962) om valfrihet.
Visma annons: https://opic.com/id/afdrnftcou | 133 | 1,124 |
2018/222233-2018.xml | 2018/S 097-222233 | 24/05/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222233-2018:TEXT:DE:HTML | EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher Allee 93
Karlsruhe
76131
+49 7216323588
B.Graebel@EnBW.com
www.enbw.com
Netze BW GmbH
Stuttgart
70567
b.graebel@enbw.com
www.netze-bw.de
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG
Ellwangen
73479
b.graebel@enbw.com
www.odr.de
Energiedienst AG
Laufenburg
79720
b.graebel@enbw.com
www.ernergiedienst.de
Erdgas Südwest GmbH
Ettlingen
76275
b.graebel@enbw.com
www.erdgas-suedwest.de
Messgeräte Gas (Zähler, elektronische Zusatzeinrichtungen)
Balgengaszähler, Turbinenradgaszähler, Drehkolbengaszähler, Ultraschallgaszähler und elektronische Zusatzeinrichtung (Erfüllung der technischen Spezifikation der EnBW AG und der derzeit gültigen Normen und Vorschriften)
Der Auftraggeber führt ein 3-stufiges Verfahren im Rahmen eines Präqualifizierungssystems durch. Der Bewerber durchläuft die Stufen 1-3 in der vorgegebenen Reihenfolge.
Der Auftraggeber überprüft die Angaben, die mit dem Fragebogen übermittelt werden.
Der Auftraggeber kann den Bewerber auf Grund von fehlenden Eignungen in jeder Stufe ausschließen.
Die Fragebögen sind bei der oben genannten Kontaktstelle per email anzufordern, mit der Nennung der Bekanntmachungsnummer. (b.graebel@enbw.com).
Alle Kosten die dem Bewerber durch die Teilnahme an dem Verfahren entstehen, werden vom Auftraggeber nicht vergütet.
Es müssen sich alle neu qualifizieren, die alten Qualifizierungssysteme werden hiermit aufgehoben (2016/S 096-171851).
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
2018-05-23 | 235 | 1,979 |
2018/259577-2018.xml | 2018/S 114-259577 | 16/06/2018 | FIN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259577-2018:TEXT:FI:HTML | Liikennevirasto
1010547-1
Opastinsilta 12 A, PL 33
Helsinki
00521
Sami Lasma
+029 5343341
sami.lasma@liikennevirasto.fi
http://www.liikennevirasto.fi
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=150305&tpk=6c0acdbe-12c4-4f1f-96fe-5621b5b9e325
väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen
Dynaaminen hankintajärjestelmä: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta
Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1–6. Turvalaitteita on n. 25 000. Väylänhoito on turvalaitteiden hoitoa, joka painottuu määräaikaistarkistuksiin sekä talven aiheuttamien ja koko vuoden aikana havaittujen vikojen korjauksiin. Kaukovalvonta lähettää tila- ja vikaraportteja.
Palvelu koostuu toimittajan hallinnoimasta kokonaisuudesta:
– lyhty kaukovalvonnalla,
– matkapuhelinliittymä,
– internet-yhteys palvelimelle,
– palvelinalusta,
– kaukovalvontaohjelmisto,
– tiedon toimittaminen Liikenneviraston rajapintaan,
– ylläpito- ja tukipalvelut.
Kaukovalvottuja turvalaitteita on n. 900 pääosin kauppamerenkulun väylillä. Tavoitemäärä valaistujen osalta on enintään n. 1 500. Koekäytössä on myös valaisemattomien viittojen sijainnin kaukovalvontaa yli 30:lla turvalaitteella. Kaukohallintaa (valotehojen säätö) on käytössä 11:lla turvalaitteella.
1700000.00
Liikennevirasto hallinnoi vesiväyliä, jotka on jaoteltu väyläluokkiin 1–6. Turvalaitteita on n. 25 000. Väylänhoito on turvalaitteiden hoitoa, joka painottuu määräaikaistarkistuksiin sekä talven aiheuttamien ja koko vuoden aikana havaittujen vikojen korjauksiin. Kaukovalvonta lähettää tila- ja vikaraportteja.
Palvelu koostuu toimittajan hallinnoimasta kokonaisuudesta:
– lyhty kaukovalvonnalla,
– matkapuhelinliittymä,
– internet-yhteys palvelimelle,
– palvelinalusta,
– kaukovalvontaohjelmisto,
– tiedon toimittaminen Liikenneviraston rajapintaan,
ylläpito- ja tukipalvelut.
Kaukovalvottuja turvalaitteita on n. 900 pääosin kauppamerenkulun väylillä. Tavoitemäärä valaistujen osalta on enintään n. 1 500. Koekäytössä on myös valaisemattomien viittojen sijainnin kaukovalvontaa yli 30:lla turvalaitteella. Kaukohallintaa (valotehojen säätö) on käytössä 11:lla turvalaitteella.
2018-08-20
2025-12-31
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
2025-12-31
00:00
Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa vuonna 2018 ja ensimmäistä kilpailutusta toteutettaessa osallistumishakemusten toimittamisen määräpäivä on 15.8.2018 klo 13:00. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus käynnistetään syksyn 2018 aikana.
Liikenneviraston tarkoituksena on lähettää ensimmäinen tarjouspyyntö syksyllä 2018 dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta tullaan pyytämään järjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta tarjous sähköisesti hankipalvelu.fi-portaalin kautta (linkki: https://www.hanki-palvelu.fi/). Ehdokkaan tulee rekisteröityä järjestelmään osallistuakseen dynaamiseen hankintajärjestelmään ja jättääkseen tarjouksen.
Määräajat:
Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa vuoden 2025 loppuun.
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
+358 295643300
markkinaoikeus@oikeus.fi
+358 295643314
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Liikennevirasto
PL 33
Helsinki
00521
kirjaamo@liikennevirasto.fi
http://www.liikennevirasto.fi
2018-06-15 | 317 | 3,394 |
2018/248904-2018.xml | 2018/S 109-248904 | 09/06/2018 | SPA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248904-2018:TEXT:ES:HTML | Red Eléctrica de España, S. A. U. (REE) y Red Eléctrica Infraestructuras en Canarias, S. A. U. (REINCAN).
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
Alcobendas
28109
Atención y Soporte de Aprovisionamientos (ASA)
+34 916599983
ASA@ree.es
http://www.ree.es
Sistema de clasificación de proveedores RePro
REE y REINCAN confirman que utilizan RePro como sistema común para el registro de sus suministradores, proveedores y contratistas, el cual es gestionado y administrado por Achilles South Europe, S. L. U.
Este anuncio describe las obras para las que podrá utilizar RePro cuando surja alguna necesidad relacionada con las mismas. Para conocer todas las categorías de las obras incluidas en el código RePro, puede solicitar el código de las obras a la dirección indicada en el Apartado I.1. REE y REINCAN podrán utilizar el sistema RePro para contratar todos los productos, servicios y obras contemplados en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, o a la que la sustituya por trasposición de la Directiva 2014/25/UE, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en los términos y condiciones allí recogidos.
El sistema de clasificación RePro utilizado por REE y REINCAN tiene una duración indefinida.
Los Proveedores registrados en RePro deberán renovar anualmente.
: Algún proyecto puede ser susceptible de financiación por fondos de la U.E.
El registro de los proveedores se efectuará con arreglo a sus características fundamentales y, en particular a los elementos personales, materiales, económicos y técnicos de que dispongan, en relación con las categorías de las obras en que lo soliciten. El proveedor deberá completar un cuestionario y remitir la documentación que se solicita, así como una Declaración firmada. REE y REINCAN utilizarán preferentemente el registro RePro como base para la selección de candidatos para presentar ofertas sujetas a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, o a la que la sustituya por trasposición de la Directiva 2014/25/UE, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales en las categorías de las obras señaladas.
Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con las normas y criterios objetivos definidos en cada licitación, que estarán a disposición de los operadores económicos interesados, previa petición de los mismos.
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
+34 913491319
tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
+34 913491441
http://www.minetur.gob.es
O
O
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38
Madrid
28020
+34 913491319
tribunal_recursos.contratos@minhafp.es
+34 913491441
http://www.minetur.gob.es
2018-06-04 | 409 | 2,812 |
2018/242475-2018.xml | 2018/S 106-242475 | 06/06/2018 | SWE | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242475-2018:TEXT:SV:HTML | Nacka kommun
Nacka
kenneth.lindrooth@nacka.se
www.nacka.se
Dynamiskt inköpssystem för skol- och förskolepaviljonger under 2018- 2045, ansökan och avslutning sker löpande.
KFKS 2018/365
Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem för skol- och förskolepaviljonger
Det kan avse både hyra av moduler/Paviljonger under olika perioder eller köp av moduler/paviljonger.
Det kan även avse tillhörande markberedning.
Det kan aven avse tillhörande tjänster som drift och skötsel.
Kommuner ser till att det finns vatten, avlopp och el vid tomtgräns.
Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under 25 år ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning.
Vid förfrågan kommer det utvärderas på olika kriterier beroende på det aktuella behovet.
Exempel på utvärderingskriterier är:
1. Leveranstid
2. Kvalitetskriterier
3. Pris
4. Gestaltning
5. Funktion
6. Innovation och nya smarta lösningar
7. Kombination av köp eller hyra och tillhörande tjänster
8. Annat
Välkommen att ansöka 2018 till 2043 om att bli leverantör.
2018-06-05
2018/S 078-174188
II.2.7
Slut
2025-05-21
2043-12-31
IV.2.2
Datum:
2025-10-29
2043-05-31 | 170 | 1,211 |
2018/139300-2018.xml | 2018/S 063-139300 | 30/03/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139300-2018:TEXT:NL:HTML | InkoopMeesters namens Stichting Ambion
16086263
Frisselsteinstraat 5
Veghel
5461 AD
Merel Swinkels
+31 413745087
das@inkoopmeesters.nl
http://www.inkoopmeesters.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=87866
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=87866
DAS Meubilair
Welkom op de DAS voor de levering van meubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van meubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Tweemaal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.
Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: Onderwijsgroep PrimusScholennetwerk De Basis.
Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.
Het betreft een Dynamisch Aankoop Systeem voor de levering van meubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van meubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Tweemaal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.
Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS:
Onderwijsgroep Primus.
Scholennetwerk De Basis.
Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
2018-03-29
2099-03-28
Op dit DAS is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van toepassing. Dit document dient metvereiste informatie aangevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn (digitale handtekening niet mogelijk). U dientdit document te uploaden via Negometrix.
Voor dit DAS worden alle uitsluitingsgronden opgenomen in art. 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 gehanteerd.
De uitsluitingsgronden zijn in het UEA opgenomen in Deel III, onderdeel A en B.
Naast bovenstaande uitsluitingsgronden wordt de volgende facultatieve uitsluitingsgrond (onderdeel C van hetUEA) gehanteerd:
• Faillissement, insolventie of gelijksoortig.
De volgende bewijsstukken dienen te worden aangeleverd:
— Een uittreksel van inschrijving van de Kamer van Koophandel die op het moment van inschrijven niet ouder isdan zes maanden, om aan te tonen dat de uitsluitingsgrond in artikel 2.87 lid 1 onderdeel b van de gewijzigdeAanbestedingswet niet op hem van toepassing is. Uit het uittreksel moet blijken dat de persoon die in de UEAals rechtsgeldig vertegenwoordiger is aangemerkt, tekenbevoegd is voor deze aanbesteding,
— Een gedragsverklaring aanbesteden die op het moment van inschrijven maximaal twee jaar oud is, om aan tetonen dat de uitsluitingsgronden in artikel 2.86 lid 2 van de gewijzigde Aanbestedingswet niet van toepassingzijn. (Indien u nog niet beschikt over een gedragsverklaring aanbesteden; houdt u er rekening mee dat hetaanvragen van de gedragsverklaring tot acht weken in beslag kan nemen.).
LET OP: De gedragsverklaring aanbesteden is slechts geldig wanneer deze gedateerd is op of na 1 juli 2016 inverband met de wijzigingen in de verplichte uitsluitingsgronden in de Gewijzigde Aanbestedingswet;
— Een verklaring van de Belastingdienst die op het moment van inschrijven niet ouder is dan zes maandenen waarin staat dat de uitsluitingsgrond inzake het niet voldoen van betaling van belastingen en socialeverzekeringspremies, artikel 2.86 artikel 4 en artikel 2.87 lid 1 onderdeel j niet op hem van toepassing is.
Gegadigde is minimaal verzekerd voor een bedrag van 1.250.000 EUR per gebeurtenis. Gegadigde leverthiervoor aan:
Een kopie van een geldige verzekeringspolis waaruit blijkt dat gegadigde afdoende is verzekerd.
Gegadigde heeft ervaring met het leveren van minimaal 30 leerlingensets in één levering ten behoeve van een organisatie, inclusief het uitpakken, monteren, en gebruiksklaar opleveren op de gevraagde locatie en het meenemen en op een milieuvriendelijke manier verwerken van oud meubilair en verpakkingsmaterialen.
Hiervoor dient gegadigde een referentiebeschrijving aan. Hierbij worden ook de organisatiegegevens van de referent verstrekt. Opdrachtgever behoud zich het recht voor om de referenties te controleren bij de door gegadigde opgegeven referent.
2099-03-28
12:00
Rechtbank Noord-Nederland
Leeuwarden
2018-03-28 | 652 | 4,775 |
2018/99441-2018.xml | 2018/S 045-099441 | 06/03/2018 | POR | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:099441-2018:TEXT:PT:HTML | EDP Distribuição - Energia, S. A.
Rua Camilo Castelo Branco, 43 - 1º
Lisboa
1050-044
qualificacao.fornecedores@edp.pt
http://www.edp.com
http://www.edp.com
http://www.edp.com
Sistema de qualificação de fornecedores de produtos da EDP Distribuição - Energia, S. A.
Indicado em II.2.4)
Procedimento de negociação com base no seguinte SQF:
— 11/SQF/2018 - Unidade Remota de Telecomando (URT).
-- O presente anúncio constitui meio de abertura de procedimento de negociação a lançar com base no SQF aqui instituído, sem que se verifique posterior publicação dee anúncio para o efeito;
-- Os Interessados que pretendam qualificar-se para efeitos de participação nos primeiros procedimentos de negociação a lançar com base neste SQF deverão entregar a respetiva candidatura até às 17 horas do dia 30.3.2018;
-- Os pedidos de qualificação serão formalizados cumulativamente do seguinte modo:
a) Envio do pedido de qualificação por correio eletrónico, para o endereço indicado no ponto I.1;
b) Entrega em suporte digital (pendrive, 2 cópias), em invólucro fechado e devidamente acondicionado, identificado exteriormente com o sistema de qualificação e entidade interessada, na morada seguinte, contendo toda a informação que instrui o pedido de qualificação:
Ao cuidado da Comissão de Qualificação
À atenção de João Pedro Mendes, José Beijoco
Avenida 24 de Julho, 12, Edifício Nascente, Piso 0
1200-109 Lisboa.
EDP Distribuição - Energia, S. A.
Rua Camilo Castelo Branco, 43 - 1.º
Lisboa
1050-044
qualificacao.fornecedores@edp.pt
2018-03-01 | 222 | 1,541 |
2018/128944-2018.xml | 2018/S 058-128944 | 23/03/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128944-2018:TEXT:NL:HTML | Alliander N.V.
Arnhem
Eric Munster
+31 627845107
eric.munster@alliander.com
http://www.alliander.com
https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=600BC9F4-006A-350B-250958DC9EA5C6D9
Electriciteit, gas en warmte
Erkenningsregeling aannemerij voor werken 2018
Nederland.
Erkenningsregeling van Alliander NV (welke inkoopt namens Liander NV, Reddyn B.V., Alliander DGO) voor de aanleg en ontwerp van Infrastructurele Kabel- en Leidingwerken nieuwbouw hoofdleidingen en aansluitingen /aansluitleidingen, gas (G), warmte (W), elektriciteit (E) en telecom (T).
Zie erkenningsleidraad.
https://portal.commerce-hub.com
Rechtbank Den Haag
Den Haag
2018-03-22 | 66 | 712 |
2018/498568-2018.xml | 2018/S 218-498568 | 13/11/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498568-2018:TEXT:EN:HTML | 01ae2515-a81a-4dfa-9e24-2fcaff2dc366
East Midlands Strategic Commercial Unit (EMSCU)
N/A
On behalf of The Nottinghamshire Office of the Police and Crime Commissioner, Arnot Hill House, Arnold
Nottinghamshire
NG5 6LU
Elly Grayston
+44 1159670999
elly.grayston@emscu.pnn.police.uk
https://uk.eu-supply.com
https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/32217
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=26102&B=BLUELIGHT
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=26102&B=BLUELIGHT
Body Worn Video Devices, DEAMS (Digital Evidence and Asset Management Software) and Ancillary Products, Services and Solutions — Lot 1. Body Worn Video Devices
SOR1000886
EMSCU is undertaking a compliant EU tender exercise under the Restricted Procedure of the Public Contract Regulations (2015) to establish a national DPS Framework agreement for Body Worn Video devices, DEAMS (Digital Evidence and Asset Management Software) and ancillary products, services and solutions for a period of 4 years +1 +1 from the 14.1.2019.
The contractors shall provide a service through which other contracting bodies can access data which is specified within the specification, this is an indication of the broad specification for services that OCB's may require over the lifetime of the Contract. The provision of Body Worn Video devices, DEAMS (Digital Evidence and Asset Management Software) and ancillary products, services and solutions is an indicative outline of our requirements and not exhaustive of the provision and capability required.
**The documents for this procurement process will be made available from 16.11.2018 on EU Supply Bluelight.**
45000000.00
Body Worn Video (BWV) Devices
1
The Police and Crime Commissioner for Nottinghamshire (the Contracting Authority) wishes to establish a multi supplier DPS Framework Agreement for the provision of Body Worn Video devices, DEAMS (Digital Evidence and Asset Management Software) and ancillary products, services and solutions. The framework will be established with 3 separate lots, with the intention of attracting a wide range and varied supply base for UK Police Forces, Police Crime Commissioners and the wider UK public sector bodies which include:
Central Government Departments and their Arm’s Length Bodies and Agencies,
Non Departmental Public Bodies,
NHS Bodies and Local Authorities, and other permitted organisations.
https://www.police.uk/forces/
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
https://jersey.police.uk/
http://www.guernsey.police.uk/
https://www.iompolice.im/
https://www.army.mod.uk/who-we-are/corps-regiments-and-units/adjutant-generals-corps/provost/royal-military-police/
Police College.
**The documents for this procurement process will not be made available until 16.11.2018. The Procurement Timetable has been designed to reflect that date.**
Lot 1 — Provision, either through Lease (Lot 1A) or freehold (Lot 1B), of Body Worn Video (BWV) Devices including associated accessories and equipment, with the provision for warranty and extended warranty cover. In the event a DPS Participant requiring anything further in terms of additional services it should look to procure a wider ‘solution’ under Lot 3 of the DPS.
45000000.00
72
2024-11-15
13:00
The Office of Nottinghamshire Police and Crime Commissioner
Arnot Hill House,
Arnold
NG5 6LU
+44 1159670999
elly.grayston@emscu.pnn.police.uk
2018-11-09 | 428 | 3,400 |
2018/188533-2018.xml | 2018/S 083-188533 | 28/04/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188533-2018:TEXT:IT:HTML | Busitalia — Sita Nord
Viale dei Mille 115
Firenze
50131
Ing. Gerri Cipollini
+39 0555650240
fsbusitalia@pec.it
+39 0555650257
www.fsbusitalia.it
www.fsbusitalia.it
www.buybusi.it
www.buybusi.it
Sistema di qualificazione di operatori economici che forniscono servizi di allestimento per autobus per le esigenze aziendali del gruppo Busitalia.
Il sistema di qualificazione ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessati a partecipare alle gare che verranno indette, nel corso di validità del sistema stesso, per gli affidamenti di servizi di allestimento per autobus da adibire al trasporto di passeggeri per le esigenze aziendali del gruppo Busitalia — Sita Nord S.r.l.
Il sistema di qualificazione viene gestito tramite il portale acquisti di Busitalia — Sita Nord S.r.l. accessibile all'indirizzo https://acquistionline.fsbusitalia.it o all'indirizzo (https://www.buybusi.it); la procedura è identificata sul portale acquisti dai seguenti estremi di riferimento:
● codice progetto di acquisto: tender_929;
● codice RdI: rfi_71.
Si evidenzia che la partecipazione alla procedura richiede l’abilitazione (accreditamento previa registrazione) al portale acquisti da parte dell’operatore economico interessato.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al portale dovranno preventivamente ed obbligatoriamente richiederne l'abilitazione secondo le modalità riportate nella home page del portale stesso (https://www.buybusi.it). Si precisa che l'abilitazione al portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'impresa di accedere alla sezione dedicata al sistema di qualificazione. Con l'accesso a tale sezione l'Impresa potrà prendere visione della documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza di qualificazione, presentare richieste di chiarimenti, trasmettere telematicamente la documentazione richiesta, formulare l'istanza di qualificazione e partecipare, se a ciò ammessa, alle successive gare che verranno indette nel corso di validità del sistema stesso, per gli affidamenti di servizi di allestimento per autobus. Si segnala che, per informazioni o supporto tecnico nelle operazioni di cui sopra gli operatori economici interessati hanno la possibilità di contattare il gestore tecnico del portale (tel.: +39 02266002680).
La partecipazione al sistema di qualificazione, svolta in modalità telematica, è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul portale, denominato «Requisiti minimi HW e SW», nonché di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto del sistema di qualificazione dovranno pervenire utilizzando esclusivamente lo strumento della «Messaggistica on line» disponibile all'interno del portale acquisti di Busitalia – Sita Nord S.r.l., segnatamente nell'area "RdI" dedicata alla procedura oggetto del presente avviso (codice RdI: rfi_71). Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell'apposita area «messaggi» ovvero come documento allegato nell'area «Allegati» della procedura on line e saranno visibili agli operatori economici abilitati. Agli stessi verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o con altri mezzi diversi da quello sopra indicato.
Come indicati nel documento "Sistema di qualificazione allestimenti — Normativa Generale" e nei suoi allegati.
Come indicati nel documento "Sistema di qualificazione allestimenti — Normativa Generale" e nei suoi allegati.
1 — sezione I.3) Comunicazione: i documenti necessari per la presentazione dell'istanza di qualificazione saranno resi disponibili nel portale, nell'area "RdI" dedicata alla procedura oggetto del presente avviso (v. precedente p.to II.2.4 del presente avviso).
La complessiva documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza di qualificazione è costituita dai seguenti documenti:
1) “bando di gara” (il presente avviso);
2) “normativa generale”;
2.1) “allegato 1 alla normativa generale, denominato “Schema di dichiarazione cumulativa”;
2.2) allegato 2 alla normativa generale, denominato “Schema di dichiarazione" ex art. 80, co. 1, co. 2 e co. 5 lett. c), D.L.gs. 50/2016”;
2.3) allegato 3 alla normativa generale, denominato “Schema di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA”;
2.4) allegato 4 alla normativa generale, denominato “Schema di dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini del rilascio della informazione antimafia”;
2.5) allegato 5 alla normativa generale, denominato “Informativa relativa all'uso dei dati personali”.
La complessiva documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza di qualificazione è comunque disponibile e consultabile anche sul sito Internet aziendale di Busitalia — Sita Nord S.r.l. all'indirizzo internet (URL) www.fsbusitalia.it (qualificazione e gare — sistemi di qualificazione);
2 — sezione II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: il sistema di qualificazione ha una durata iniziale di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nel corso dei quali, in qualsiasi momento, potrà essere inviata a Busitalia —Sita Nord S.r.l. istanza di qualificazione. Per partecipare alle gare, gli operatori economici dovranno risultare già qualificati al momento dell'invio della relativa richiesta di offerta. Fermo restando quanto sopra indicato, si segnala che la prima selezione avverrà fra le istanze di qualificazione pervenute entro le ore 12:00 del giorno 1.6.2018;
3 — la documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita;
4 — il soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 è, per la fase di esperimento della procedura di gara, l'ing. Gerri Cipollini, responsabile acquisiti di Busitalia— Sita Nord S.r.l.
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
+39 055267301
+39 055293382
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
+39 055267301
+39 055293382
2018-04-26 | 904 | 6,697 |
2018/192593-2018.xml | 2018/S 085-192593 | 03/05/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192593-2018:TEXT:EN:HTML | 173b03e2-440e-4365-b46c-7cabf856f062
Ruter As
991 609 407
Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum
Oslo
0104
Benny Rytter-Johansen
+47 95963754
benny.rytter-johansen@ruter.no
www.ruter.no
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/285272
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=210763&B=RUTER
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=210763&B=RUTER
2018/00135 — Design and User Experience — Dynamic Purchasing System.
2018/00135
Oslo.
Tenderers are invited to a Dynamic purchasing system for design and user experience for Ruter AS.
You have a big heart for people and for solving real human needs, either rational or emotional needs. You love to learn about and talk with people and enjoy working in a team. You are not afraid to have strong opinions about areas outside your trade, but you are firm on your professional views. You are passionate about your trade and are willing to take risks to get the best solutions for inhabitants in Ruter´s area. You love to challenge, but at the same time, have a good eye with conventions and principles. You make things that work.
This includes, but is not limited to, the following areas:
— Service design.
—— Complete understanding of customer needs.
—— Mapping problem and feasibility areas in customer journeys.
—— Visualisation and communication.
—— User testing, simple prototyping, analysis.
— Interaction design.
—— User friendliness.
—— Navigation and flow.
—— Design patterns.
—— Solutions without graphical interface, e.g. voice control.
—— Visualisation and communication.
— Graphic design.
—— Digital identity.
—— Digital design systems.
—— Illustrations, icons, infographics, etc.
— User testing.
—— Performance measurement and planning user tests.
—— Interview script and recruitment.
—— Field tests.
—— With journey and user observations.
—— Lab tests.
—— A/B testing.
— Analysis of user behaviour.
—— Etablish measurements across channels.
—— Define KPIs and a regime for continual measurement and improvement.
—— Testing behaviour via digital tools (e.g. Google Analytics).
—— Analysis of sources and big data.
—— Collocation of data.
—— Communication and visualisation of data, finds and insight.
— Prototyping.
—— Communicate hypotheses, concepts and solutions by developing simple (paper sketches, presentations, invision, Flinto, etc.) and more prepared (Java/node, HTML/CSS, Xcode) prototypes.
2018-05-28
2025-12-31
Ruter AS
Oslo
2018-05-01 | 337 | 2,511 |
2018/171772-2018.xml | 2018/S 077-171772 | 20/04/2018 | DAN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171772-2018:TEXT:DA:HTML | 27f176ce-6386-4f9a-a06e-4c1c4ec77d28
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Emil Gogotic
+45 57876000
emgo@soroe.dk
http://soroe.dk/
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68177
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205983&B=SOROE
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205983&B=SOROE
Ventilation – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave
Ventilation – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave.
Sorø Kommune.
Ventilation – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave.
84
Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.
Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.
Fremgår af udbudsmaterialet.
2025-08-31
00:00
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
+45 35291000
klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
+45 41715000
kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk
2018-04-18 | 416 | 2,934 |
2018/220136-2018.xml | 2018/S 096-220136 | 23/05/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220136-2018:TEXT:IT:HTML | Italgas Reti S.p.A.
Largo Regio Parco 9
Torino
10153
Domenico Zappavigna
+39 0112394479
domenico.zappavigna@italgas.it
http://www.italgas.it
http://www.italgas.it
https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/accessoservizio.action
Sistemi di telelettura
Italia.
Fornitura di sistemi di telelettura e telecontrollo per rete distribuzione gas (rif. gruppo merce BB08AH20, Sistemi di telelettura e apparati di telecontrollo (RTU) per la rete di distribuzione).
Maggiori dettagli in allegato al sistema di qualificazione e visibile sul portale fornitori di Italgas https:// fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action «Diventa Fornitore» — «Sistemi di Qualificazione» — «Accesso al processo di Qualifica».
In questa sezione sono riportati i requisiti minimi «Specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» sono disponibili nell'allegato al sistema sul portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica» al seguente link: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/ page/qualificaue.action, che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il/i gruppo/i merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L'evidenza del possesso dei requisiti «Specifici» avviene con la predisposizione degli allegati 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 (si veda quanto definito sul portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore»— «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), che sono parte della documentazione a corredo della «Richiesta di qualifica» che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato nella sezione VI.3) del presente sistema. Gli allegati sopracitati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» disponibili nell'allegato al sistema sul portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action. Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
a) avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
b) processo di qualifica da parte di Italgas;
c) codice etico di Italgas; le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti a), b) e c) sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori di Italgas https://fornitori.italgas.it/ tamtamy/home.action, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE» al seguente link https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action;
d) revisioni del presente sistema di qualificazione; il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti di imprese (es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Italgas per le proprie attività e per quelle di Toscana Energia controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Italgas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati. La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori di Italgas.
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Torino
2018-05-21 | 491 | 3,856 |
2018/307507-2018.xml | 2018/S 135-307507 | 17/07/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307507-2018:TEXT:NL:HTML | Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
512106347
Elisabethhof 21
Leiderdorp
2353 EW
Inkoop Meesters
+31 715247670
c.vonk@prooleiden.nl
http://www.prooleiden.nl
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/19dbebf15973be667e246bdeeac45214
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/19dbebf15973be667e246bdeeac45214
Via TenderNed
Den Haag
info@tenderned.nl
http://www.tenderned.nl
DAS ICT Hardware - Chromebooks
Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Chromebooks voor PROOLeiden. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Leiden
De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar chromebooks voor PROOLeiden zolang zij deelnemen aan het DAS.
Kwaliteit
60
40
2018-09-01
2099-12-31
— Verplichte uitsluitingsgronden,
— Faillissement of Surseance van betaling
— Kerncompetenties
2099-12-13
14:30
Rechtbank Haaglanden
Leiden
info.rechtbankhaaglanden@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
2018-07-13 | 156 | 1,369 |
2018/118279-2018.xml | 2018/S 053-118279 | 16/03/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118279-2018:TEXT:IT:HTML | Acqualatina S.p.A.
Viale P.L. Nervi s.n.c. — Torre 10 — Mimose
Latina
04100
Servizio Logistica
+39 07736421
appalti@pec.acqualatina.it
+39 0773472074
www.acqualatina.it
www.acqualatina.it
https://acqualatina.tuttogare.it.
https://acqualatina.tuttogare.it.
Sistema di qualificazione di Acqualatina ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di servizi
18_0010_E
Sistema di qualificazione di Acqualatina ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di servizi codificati tramite il Common Procurement Vocabulary (CPV) aggiornato alla più recente normativa europea e fino al massimo livello di dettaglio, e acquisibili da Acqualatina utilizzando il Sistema di Qualificazione accessibile dal sito https://acqualatina.tuttogare.it.
I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente Sistema sono quelli indicati all’art. 45 del Codice, nonché, per quanto concerne i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, quelli indicati all’art. 46 del Codice e dall'art. 5 del Disciplinare di Qualificazione. Si rende noto che per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria Acqualatina ha istituito uno specifico e separato elenco di fornitori denominato „elenco finalizzato all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” che verrà utilizzato in via prioritaria ai fini dei relativi affidamenti.
Le categorie merceologiche sono suddivise secondo le „classi di importo” riportate all'art.2 del Disciplinare di Qualificazione.
Si precisa che per classe di importo si intende il fatturato specifico conseguito dall’operatore economico nei tre esercizi antecedenti la domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione in relazione a servizi o forniture analoghi a quelli attinenti alla/e categoria/e merceologica/e per la/e quale/i si richiede la qualificazione, per come indicato dall’operatore economico al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Sistema.
Tar Lazio — Sezio Staccata di Latina
Via A. Doria 5
Latina
04100
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
TAR Lazio — Latina
Via A. Doria
Latina
04100
2018-03-14 | 305 | 2,270 |
2018/381316-2018.xml | 2018/S 167-381316 | 31/08/2018 | SLK | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381316-2018:TEXT:SK:HTML | Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
Čulenova 6
Bratislava
816 47
Ing. Peter Kráľovič
+421 250612472 / 917771891
peter.kralovic@zsdis.sk
https://www.zsdis.sk/
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
Čulenova 3
Bratislava
816 47
Jarmila Vyňuchalová
+421 250612952 / 905781890
jarmila.vynuchalova@zsdis.sk
https://www.zsdis.sk/
http://https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
https://zsdis.eranet.sk
Stavebné práce a opravy
ID-0086
Západoslovenský kraj
Predmet zákazky je rozdelený na dva samostatné stupne:
1. stupeň: Stavebno-montážne práce menšieho rozsahu v prevádzkových objektoch a areáloch
2. stupeň: Stavebné opravy murovaných trafostaníc.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať podľa potreby kritériá a pravidlá tohto kvalifikačného systému. V prípade aktualizácie kvalifikačného systému sa záujemcom a kvalifikovaným dodávateľov oznámia zmeny v kritériách a pravidlách kvalifikačného systému.
Záujemca musí požiadať o účasť v tomto kvalifikačnom systéme prostredníctvom dodávateľského portálu, ktorý je zverejnený na webovej adrese: https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/login
Kritériá a pravidlá vedenia kvalifikačného systému sú definované v dokumentoch:
1) Všeobecné kvalifikačné podmienky,
2) Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia,
3) Špecifické kvalifikačné požiadavky,
4) Osobitné kvalifikačné podmienky,
ktoré sú uverejnené na webovej adrese: https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/qualifications
Všeobecné kvalifikačné podmienky zverejnené na webovej adrese: https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=8
sú spoločné pre všetky kvalifikačné systémy zriadené a prevádzkované obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovujú základné požiadavky, t.j. kritériá a pravidlá, ktoré musia hospodárske subjekty splniť, aby sa stali kvalifikovanými dodávateľmi obstarávateľa. Ďalej ustanovujú postupy pri kvalifikácii, hodnotení hospodárskych subjektov a kvalifikovaných dodávateľov a ukončení kvalifikácie.
Obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predloženie nových hodnôt. Poradie uchádzačov sa zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Nejedná sa o zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
+421 250264176
+421 250264219
http://www.uvo.gov.sk
§ 163 a násl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
+421 250264176
+421 250264219
http://www.uvo.gov.sk
2018-08-28 | 325 | 2,881 |
2018/544800-2018.xml | 2018/S 238-544800 | 11/12/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544800-2018:TEXT:FR:HTML | Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department
0247.499.953_241
Rue Royale 76
Bruxelles
1000
+32 25155874
pascale.dewolf@stib.brussels
+32 25153281
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327741
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL+4213%2FTVV%2FPdW-F07
Électricité haute tension (11kV et 36kV)
MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL 4213/TVV/PdW-F07_0
Région Bruxelles Capitale
Qualification de fournisseurs d’énergie électrique haute tension (11 kV et 36 kV) nécessaire à l’exploitation du réseau de métro et de tramways de la STIB, capables de fournir annuellement environ 250 GWh.
Ils devront tenir compte de contraintes:
— une pointe quart-horaire maximale de 55 000 kW,
— 12 points de raccordement dont 11 sur la région de Bruxelles-Capitale et 1 sur la Flandre.
Seules les firmes qualifiées au terme de la procédure de qualification recevront les cahiers spéciaux des charges de la STIB et seront invitées à remettre offre.
Les sociétés qui ont déjà été qualifiées dans le cadre du présent système de qualification doivent remettre les documents suivants
— les coordonnées de la personne en charge du dossier (tel GSM email),
— un écrit confirmant leur intérêt à conserver leur qualification pour l’année 2019,
— la communication de tout changement significatif de leurs statuts.
Posséder les trois licences de fourniture d’énergie électrique suivantes: licence fédérale effectuée au moyen du réseau de transport conforme à l’arrêté royal du 2.4.2003 relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci, et à toutes les modifications éventuelles de cet arrêté/ Licence de fourniture effectuée au moyen du réseau de distribution, valable en Région BXL et conforme à l’arrêté du Gouvernement de la Région BXL du 18.7.2002, fixant les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une autorisation de fourniture d’électricité, et à toutes les modifications éventuelles de cet arrêté/Licence de fourniture effectuée au moyen du réseau de distribution, valable en Région Flamande et conforme à l’arrêté du Gouvernement Flamand du 19.11.2010 («het Energiebesluit van 19.11.2010») et à toutes les modifications éventuelles de cet arrêté.
Une copie des 3 licences.
1) détenir une liste des principales livraisons supérieures à 25 GWh/an pendant les 3 dernières années.
Une liste des principales livraisons supérieures à
25 GWh/an (au minimum 2) avec mention de la date de première livraison et leurs destinataires publics ou privés ainsi que les coordonnées de la personne de contact (trel/mail).
2) être capable de fournir l’énergie électrique selon les courbes de charge nécessaires au bon fonctionnement de la STIB. Ces courbes de charge sont à disposition des candidats auprès du point de contact défini au I.1) via courrier électronique.
Fournir de manière anonyme les courbes de charge d’au moins 2 marchés similaires endéans les 5 dernières années avec mention de la quantité annuelle et de la date de première.
3) être capable de fournir une pointe quart-horaire de minimum 55 000 kW.
Un engagement écrit d’être capable de fournir une pointe quart-horaire de minimum 55 000 kW.
4) posséder la détention d’un «contrat de responsable d’équilibre» (ARP Contract) au réseau de transport ELIA, ou l’existence d’un accord contractuel avec un acteur du marché détenant pour compte du candidat la qualité de responsable d’équilibre vis-à-vis du gestionnaire de réseau de Transport ELIA.
La preuve de la détention d’un «contrat de responsable d’équilibre» (ARP Contract) au réseau de transport ELIA, ou l’existence d’un accord contractuel avec un acteur du marché détenant pour compte du candidat la qualité de responsable d’équilibre vis-à-vis du gestionnaire de réseau de Transport ELIA.
5) être en mesure de mettre à tout moment à la disposition de l’entité électricité HT de la direction des Infrastructures, le personnel nécessaire pour toutes questions ou problèmes techniques.
Un engagement écrit confirmant être en mesure de mettre à tout moment à la disposition de l’entité électricité HT de la direction des Infrastructures de la STIB, le personnel nécessaire pour toutes questions ou problèmes techniques.
6) être en mesure de proposer un gestionnaire dénommé Key Account Manager, qui serait le seul interlocuteur, pendant toute la durée du contrat pour les questions en lien avec le suivi et la gestion du contrat.
Un engagement écrit confirmant être en mesure de mettre à disposition un Key Account Manager qui, pendant toute la durée du contrat de fourniture sera l’interlocuteur STIB pour répondre aux questions en lien avec le suivi et la gestion du contrat.
7) posséder une capacité financière permettant la réalisation du marché.
a) les 2 derniers bilans et comptes des résultats déposés (à la BNB ou à une autre instance officielle, y compris toutes les annexes, les procès-verbaux mentionnant l’approbation des comptes par l’organe compétent de l’entreprise et par un organe de contrôle externe, réviseur, auditeur externe, etc.) ou le lien vers le site web sur lequel ces documents peuvent être téléchargés gratuitement. Pour les entreprises belges, ceci n’est pas obligatoire, vu que la STIB peut obtenir les comptes annuels, en provenance de la centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique;
b) si le candidat fait partie d’un groupe, le dernier rapport annuel et financier du groupe ou le lien du site web où ces documents peuvent être téléchargés gratuitement.
8) ne pas se trouver dans un cas d’exclusion, comme spécifié dans les articles 67 jusque 69 de l’AR du 18.6.2017.
Une déclaration sur l’honneur certifiant que l’entreprise
Candidate ne se trouve pas dans un cas d’exclusion, comme spécifié dans les articles 67 jusque 69 de l’AR du 18/06/2017 et
Dans laquelle le candidat atteste qu’il répond bien, lors de l’introduction de sa candidature, aux conditions prouvées par les
Attestations suivantes:
— une attestation récente du greffe du tribunal de commerce,
— un extrait récent du casier judiciaire,
— une attestation récente émanant de l’administration des contributions directes,
— une attestation récente émanant de l’administration de la TVA,
— une attestation ONSS.
Pour les entreprises candidates étrangères, il s’agit d’attestations équivalentes, délivrées par les autorités compétentes.
La STIB peut vérifier à tout moment de la procédure de passation de marché, l’exactitude de la déclaration sur l’honneur.
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Conformément à l’article 23 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, sous peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5 alinéa 1
er
Le recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de 60 jours.
La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de 15 jours. En cas d’application de l’article 18, le délai est de 10 jours.
Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 16 est introduit dans un délai de 5 ans.
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
2018-12-07
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
0247.499.953_241
Koningsstraat 76
Brussel
1000
+32 25155874
pascale.dewolf@stib.brussels
+32 25153281
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327741
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL+4213%2FTVV%2FPdW-F07
Elektriciteit hoogspanning (11 kV en 36 kV)
MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL 4213/TVV/PdW-F07_0
Brussels Hoodstedelijke Gewest
Erkenningsregeling voor energieleveranciers van hoogspanningselektriciteit (11 kV en 36 kV) die nodig is voor de exploitatie van het metro- en tramnet van de MIVB, welke in staat zijn om jaarlijks ongeveer 250 GWh te leveren.
Ze zullen met plichtmatigheden rekening moeten houden:
— een maximum kwartuurpiek van 55 000 kW,
— 12 aansluitingspunten waarvan 11 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1 op Vlaams grondgebied
Enkel de firma’s die na afloop van de erkenningsprocedure gekwalificeerd zijn, zullen het bestek ontvangen en verzocht worden om een offerte in te dienen.
De firma’s die in het kader van onderhavig erkenningssysteem al gekwalificeerd zijn geweest, moeten de volgende documenten overmaken:
— de contactgegevens van de persoon die belast is met het dossier (tel gsm e-mail)
— een geschrift dat hun interesse bevestigt in het behouden van hun erkenning voor het jaar 2019
— de melding van elke betekenisvolle verandering aan hun statuten
Licentie voor de federale levering van elektrische energie door middel van het transportnet, conform het koninklijk besluit van 2-4-2003 betreffende de toelatingen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en de gedragsregels die daarop van toepassing zijn en op alle eventuele wijzigingen van dat besluit.
Licentie voor de levering van elektrische energie door middel van het distributienet, geldig in het Brussels Gewest en conform het Brusselse regeringsbesluit van 18-7-2002 tot vaststelling van de criteria en de procedure voor het toekennen, verlengen, stopzetten en intrekken van een toelating om elektriciteit te leveren alsook conform alle eventuele wijzigingen van dat besluit.
Licentie voor de levering van elektrische energie door middel van het distributienet, geldig in het Vlaamse Gewest en conform het Vlaamse regeringsbesluit van 19-11-2010 (« het Energiebesluit van 19-11-2010 ») en conform alle eventuele wijzigingen van dat besluit.
Een kopie van de 3 licenties
2. Een lijst kunnen voorleggen van de belangrijkste leveringen van meer dan 25 GWh/jaar in de voorbije drie jaar.
Een lijst van de belangrijkste leveringen van meer dan 25 GWh/jaar (minstens 2) met vermelding van de datum van de eerste levering en hun private of overheidsbestemmelingen alsook de gegevens van de contactpersoon (tel. / mail)
3. In staat zijn om volgens de lastcurves de elektrische energie te leveren die nodig is voor de goede werking van de MIVB. Die lastcurves zijn voor de kandidaten via e-mail verkrijgbaar bij het contactpunt dat onder I.1 opgegeven staat.
Geanonimiseerd de lastcurves leveren van minstens twee gelijkaardige opdrachten binnen de voorbije vijf jaar, met vermelding van de jaarlijkse hoeveelheid en de eerste leveringsdatum
4. In staat zijn om een kwartuurpiek van minimum 55 000 kW te leveren
Een schriftelijk engagement dat men in staat is om een kwartuurpiek van minimum 55 000 kW te leveren.
5. Houder zijn van een “Contract van Evenwichts-verantwoordelijke” (ARP Contract) op het transportnet ELIA, of er bestaat een contractuele overeenkomst met een actor op de markt die voor rekening van de kandidaat de hoedanigheid van Evenwichtsverantwoordelijke ten overstaan van de transportnetbeheerder ELIA heeft.
Het bewijs van houder zijn van een “Contract van Evenwichtsverantwoordelijke” (ARP Contract) op het transportnet ELIA of van het bestaan van een contractuele overeenkomst met een actor op de markt die voor rekening van de kandidaat de hoedanigheid van Evenwichtsverantwoordelijke ten overstaan van de transportnetbeheerder ELIA heeft
6. In staat zijn om op elk moment het personeel ter beschikking te stellen van de entiteit Elektriciteit HS van de directie Infrastructures dat nodig is voor alle vragen of technische problemen.
Een schriftelijk engagement dat bevestigt dat men in staat is om op elk moment het personeel ter beschikking te stellen van de entiteit Elektriciteit HS van de directie Infrastructures van de MIVB dat nodig is voor alle vragen of technische problemen.
7. In staat zijn om een beheerder, Key Account Manager genaamd, voor te stellen die de enige gesprekspartner zou zijn, gedurende de hele looptijd van het contract, voor de vragen in verband met de opvolging en het beheer van het contract.
Een schriftelijk engagement dat bevestigt dat men in staat is om een Key Account Manager ter beschikking te stellen die, gedurende de hele looptijd van het leveringscontract, de MIVB-woordvoerder zal zijn om te antwoorden op de vragen in verband met de opvolging en het beheer van het contract.
8. Een financiële draagkracht bezitten die de realisatie van de opdracht mogelijk maakt.
a) De 2 meest recente balansen en resultatenrekeningen die neergelegd werden (bij de NBB of bij een andere officiële instantie, inclusief alle bijlagen, de notulen die vermelden dat de rekeningen goedgekeurd zijn door het bevoegde bedrijfsorgaan en door een extern controleorganisme, revisor, externe auditeur enz.) of de link naar de website waar die document gratis gedownload kunnen worden. Voor de Belgische ondernemingen is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen afkomstig van de balansencentrale van de Nationale Bank van België kan opvragen.
b) Als de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste financieel en jaarverslag van de groep of de link naar de website waar die documenten gratis gedownload kunnen worden.
9. Zich niet bevinden in een geval van uitsluiting, zoals beschreven in de artikels 67 tot 69 van het KB van 18-6-2017.
Een verklaring op erewoord die bevestigt dat de kandi-daatonderneming zich niet in een geval van uitsluiting bevindt, zoals beschreven in art. 67 tot 69 van het KB van 18-6-2017 en
Waarin de kandidaat stelt dat hij wel degelijk, bij de indiening van zijn kandidatuur, voldoet aan de voorwaarden, zoals de volgende attesten bewijzen:
# een recent attest van de griffie van de rechtbank van koophandel;
# een recent uittreksel uit het strafregister;
# een recent attest van de Administratie der Directe Belastingen
# een recent attest van de BTW-administratie
# een RSZ-attest.
Voor de buitenlandse ondernemingen gaat het om gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten.
De MIVB kan op elk moment van de gunnings-procedure van de opdracht de juistheid van de verklaring op erewoord controleren.
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Conform artikel 23 van de wet van 17-6-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4, 5, eerste lid, en 6, bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.
De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.
De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 18, bedraagt de termijn tien dagen.
De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
2018-12-07 | 2,316 | 15,711 |
2018/49689-2018.xml | 2018/S 023-049689 | 02/02/2018 | BUL | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:049689-2018:TEXT:BG:HTML | „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
бул. „Ситняково“ № 48 ет. 9
София
1505
Валентина Манева
+359 42663602
MaritsaProcurement@contourglobal.com
+359 42663610
https://www.contourglobal.com
http://10.104.67.27/purchaserprofile/documentqua.php?quanumber=12-141-18
http://10.104.67.27/purchaserprofile/documentqua.php?quanumber=12-141-18
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
с. Медникарово
6294
Ваня Колева
+359 42663667
MaritsaProcurement@contourglobal.com
+359 42663610
https://www.contourglobal.com
https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
с. Медникарово
6294
Ваня Колева
+359 42663667
MaritsaProcurement@contourglobal.com
+359 42663610
https://www.contourglobal.com
https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/
Планирани ремонти, текуща и аварийна поддръжка на димни вентилатори тип Variax тип ANN-2970/1800B
12-141-18
ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, с. Медникарово обл. Стара Загора.
Ремонтните дейности на димни вентилатори тип Variax ANN-2970/1800B се състоят основно в проверка, настройка, подмяна, ремонт, центровка и балансиране на износващи се детайли и възли, подробно описани в техническа спецификация.
Кандидатът да е изпълнил дейности и услуги идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години.
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението и удостоверения за добро изпълнение с посочване на стойностите, датите и получателите. Данните се попълват в ЕЕДОП.
Заинтересованите лица да разполагат с технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, инструменти и оборудване, подробно описани в документацията за участие.
Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите и декларация за инструментите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Данните се попълват в ЕЕДОП.
Заинтересованите лица да разполагат с необходимия брой персонал и ръководен състав, включително такива които отговарят за контрола на качеството, с определена професионална компетентност подробно описани в Документацията за участие.
Кандидатът доказва съответствието си с изискванията за необходим брой квалифициран персонал с представяне на списък на персонала и на членовете на ръководния състав, в който е посочена професионална компетентност на лицата и брой години професионален стаж.
Допълнителни изисквания за квалифициране са посочени в документацията за участие в квалификационната система.
Методите за проверка на съответствията с условията за квалифициране са посочени в документацията.
С публикуване на настоящото обявление, се взема решение за откриване на първата обществена поръчка в рамките на квалификационната системата. Условията за изпълнение на поръчка са посочени в техническа спецификация и правила за участие. Минималният срок за получаване на заявления за участие в тази процедура е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за публикуване. В процедурата само кандидати, които възложителят е одобрил и поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти за провеждане на преговори. Избраният изпълнител представя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от договорената стойност.
Допълнителна информация се предоставя на участниците с поканата за представяне на оферти.
Заинтересованите лица, подготвят и изпращат заявление за участие в квалификационната система. Заявлението се изпраща на адрес: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, о-л „ОП и Снабдяване“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора с надпис: Заявление за участие в квалификационна система № 12-141-18 предмет: Планирани ремонти, текуща и аварийна поддръжка на димни вентилатори тип Variax ANN-2970/1800B. Получените заявления за участие в квалификационната система се регистрират с входящ номер в регистър на Възложителя и се разглеждат от назначена комисия. Кандидатите представя ЕЕДОП документ, в който посочва изискуемата информация, съгласно документацията за участие.
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
+359 29884070
cpcadmin@cpc.bg
+359 29807315
http://www.cpc.bg
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
2018-01-31 | 556 | 4,366 |
2018/56873-2018.xml | 2018/S 026-056873 | 07/02/2018 | SWE | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:056873-2018:TEXT:SV:HTML | Botkyrka kommun
212000-2882
Munkhättevägen 45
Tumba
147 85
Kristina Soltani
kristina.soltani@botkyrka.se
http://www.botkyrka.se
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzbqazznm&GoTo=Docs
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzbqazznm&GoTo=Tender
Handledningstjänster för Botkyrka kommun, dnr 2017:361
2017:361
Mål och syfte.
Målet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av handledningstjänster för kommande sex (6) års period genom en flexibel inköpsprocess som tillvaratar metodutvecklingen inom olika områden och dynamiken inom konsultmarknaden. Dynamiskt inköpssystem har därför valts för upphandlingen av handledningstjänster.
18000000
4
Anbudsområden:
Handledning inom socialt arbete.
Handledning inom vård- och omsorgsarbete.
Handledning inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsverksamhet.
Handledning inom utbildningsverksamhet.
Handledningstjänster
2017:361
Botkyrka.
Ärende- och/eller metodhandledning, handledning i grupp och/eller individuell handledning. Krav på akademisk examen inom specifika områden, handledningsutbildning och praktisk erfarenhet. Krav på referens.
18000000
2028-02-03
Enligt kapitel 8, paragraf 6 i LOU.
2028-02-03
00:00
2028-02-04
Visma annons: https://opic.com/id/afzbqazznm.
Södertörns tingsrätt
Huddinge
2018-02-06 | 128 | 1,292 |
2018/573471-2018.xml | 2018/S 248-573471 | 26/12/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573471-2018:TEXT:NL:HTML | InkoopMeesters namens ROC West-Brabant
41105340
Trivium 74
Etten-Leur
4873 LP
Merel Swinkels
+31 413745084
das@inkoopmeesters.nl
http://www.rocwb.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111975
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111975
DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs
Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten ten behoeve van Onderwijs voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten ten behoeve van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Tweemaal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.
Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: ROC West-Brabant
Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.
Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van Onderwijs voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Onderwijs ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen Onderwijs voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.
2018-12-21
2099-12-31
Voor deze aanbesteding worden alle uitsluitingsgronden opgenomen in art. 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet gehanteerd.
De uitsluitingsgronden zijn in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgenomen in Deel III, onderdeel A en B.
Inschrijvers kunnen verklaren dat de bovenstaande uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn door het rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Naast genoemde verplichte uitsluitingsgronden wordt de volgende facultatieve uitsluitingsgrond (onderdeel C van het UEA) gehanteerd:
• Faillissement, insolventie of gelijksoortig.
Als bewijsstuk:
Een Gedragsverklaring Aanbesteden die gedateerd is op of na 1.7.2016, om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden in artikel 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet niet van toepassing zijn.
Een verklaring van de Belastingdienst die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 6 maanden en waarin staat dat de uitsluitingsgrond inzake het niet voldoen van betaling van belastingen en sociale verzekeringspremies, artikel 2.86 artikel 5 en artikel 2.87 in het eerste lid, onderdeel j niet op hem van toepassing is.
Een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 6 maanden, om aan te tonen dat de uitsluitingsgrond in artikel 2.87 onderdeel b van de gewijzigde Aanbestedingswet niet op hem van toepassing is.
Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.
Bewijsstuk:
Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.
Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.
Bewijsstuk:
Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.
2099-12-13
2099-12-14
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Sluissingel 20
Breda
4811 TA
+31 765311311
info.zwb@rechtspraak.nl
2018-12-21 | 569 | 4,158 |
2018/435073-2018.xml | 2018/S 192-435073 | 05/10/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435073-2018:TEXT:IT:HTML | Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Via Mercatanti 8
Rieti
02100
Fabio Miarelli
+39 746240410
f.miarelli@acquapubblicasabina.it
www.acquapubblicasabina.it
www.acquapubblicasabina.it
https://acquapubblicasabina.tuttogare.it
https://acquapubblicasabina.tuttogare.it
Sistema di qualificazione di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di fornitura di beni.
18_00010_E
Sistema di qualificazione di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per le categorie merceologiche di forniture (beni) codificate tramite il Common Procurement Vocabulary (CPV) aggiornato alla più recente normativa europea e fino al massimo livello di dettaglio e acquisibili da Acqua Pubblica Sabina S.p.A. utilizzando il sistema di qualificazione accessibile dal sito (https://acquapubblicasabina.tuttogare.it).
I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente sistema sono quelli indicati all’art. 45 del codice e dall'art. 5 del Disciplinare del sistema di qualificazione.
Le categorie merceologiche sono suddivise secondo le «classi di importo» così come previsto all'art. 2 del Disciplinare di qualificazione.
Si precisa che per classe di importo si intende il fatturato specifico conseguito dall’operatore economico nei 3 esercizi antecedenti la domanda di iscrizione al sistema di qualificazione in relazione a servizi o forniture analoghi a quelli attinenti alla/e categoria/e merceologica/e per la/e quale/i si richiede la qualificazione, per come indicato dall’operatore economico al momento della presentazione della domanda di iscrizione al sistema.
TAR Lazio — Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
+39 06328721
tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
+39 0632872315
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e successive modifiche e integrazioni.
TAR Lazio — Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
+39 06328721
tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
+39 0632872315
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
2018-10-02 | 261 | 2,208 |
2018/171900-2018.xml | 2018/S 077-171900 | 20/04/2018 | DAN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171900-2018:TEXT:DA:HTML | c58e4e5c-0905-4345-a2ad-80ca6821719d
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Emil Gogotic
+45 57876000
emgo@soroe.dk
http://soroe.dk/
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68177
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205976&B=SOROE
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205976&B=SOROE
Gulv – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave
Gulv – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave.
Sorø Kommune.
Gulv – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave.
84
Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.
Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.
Fremgår af udbudsmaterialet.
2025-08-31
00:00
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
+45 35291000
klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
+45 41715000
kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk
2018-04-18 | 416 | 2,907 |
2018/345596-2018.xml | 2018/S 150-345596 | 07/08/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345596-2018:TEXT:IT:HTML | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane — Direzione Acquisti
Via dello Scalo Prenestino 25
Roma
00159
Ing. Luca Lancieri
rfi-ad-dac.sns@pec.rfi.it
+39 0647308901
http://www.rfi.it
http://www.gare.rfi.it
http://www.rfi.it/rfi/QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane — Direzione Acquisti — Pianificazione, Controllo e Sistemi — Sistemi di Qualificazione e Vendor Rating
Via dello Scalo Prenestino 25
Roma
00159
Ing. Paolo Rondinone
rfi-ad-dac.sns@pec.rfi.it
+39 0647308901
http://www.rfi.it/rfi/QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione
http://www.rfi.it
https://www.acquistionlinerfi.it/web/login.html
https://www.acquistionlinerfi.it/web/login.html
Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario
Realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario.
Gli operatori economici devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e potenzialità produttiva, di organizzazione per la qualità, per la sicurezza e tutela dell'ambiente. Il procedimento attribuisce al soggetto che soddisfa i requisiti la qualificazione per categorie di specializzazione in determinate classi di qualificazione.
Il procedimento di qualificazione è descritto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione e nella Normativa del Sistema di Qualificazione la cui versione vigente è pubblicata sul sito www.rfi.it.
2017/S 130-266496
Questo è un avviso di esistenza del Sistema di Qualificazione.
Le informazioni e i documenti da compilare per l'iscrizione sono resi disponibili al seguente indirizzo http://www.rfi.it/rfi/QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione.
Le imprese qualificate saranno invitate a presentare offerta secondo quanto indicato nel documento http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi/SQS/Regole_generali_gare_SQ.pdf
TAR del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00189
+39 06328721
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html
2018-08-02 | 216 | 2,065 |
2018/238295-2018.xml | 2018/S 104-238295 | 02/06/2018 | BUL | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238295-2018:TEXT:BG:HTML | „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9
София
1505
Валентина Манева
+359 42663602
MaritsaProcurement@contourglobal.com
+359 42663610
https://www.contourglobal.com
http://10.104.67.27/purchaserprofile/documentqua.php?quanumber=69-141-18
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9
София
1505
Емил Тончев
+359 42663536
MaritsaProcurement@contourglobal.com
+359 42663610
https://www.contourglobal.com
https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
обл. Стара Загора, о-л „ОП и снабдяване“
с. Медникарово
6294
Емил Тончев
+359 426633536
MaritsaProcurement@contourglobal.com
+359 42663610
https://www.contourglobal.com
https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/
Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“
69-141-18
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, обл. Стара Загора.
Доставката на стоманени топки за топкова мелница за варовик. Основните технически характеристики за доставка на стоманени топки са, както следва:
1.1. правилна сферична форма без осенъци от обработката;
1.2. обемна твърдост на стоманените топки ? 496 НВ;
1.3. повърхностна твърдост на стоманените топки 560 ? 654 НВ ISO 6506/ASTM E103;
1.4. размер на стоманените топки: ? 60 мм (? 40 мм);
1.5. допустим толеранс: -2/+3 mm.
Кандидатът да е изпълнил за последните три години доставки на стоманени топки с технически характеристики и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
Доказва се с представяне на списък на доставките, с която/които да е доставен обем не по-малко от 240 тона стоманени топки с технически характеристики, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, количество, срок за изпълнение, получателите и координати за връзка — телефон, факс, e-mail. Данните се предоставят чрез попълване на изискуемата информация в част ІV, раздел В, поле 1б) от еЕЕДОП.
Кандидатът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, от 300 000 лева без ДДС, изчислен на база годишни обороти. Оборотът обхваща последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си.
Доказва се с представяне на справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните се предоставят чрез попълване на изискуемата информация в част ІV, раздел Б, поле 2б) от еЕЕДОП.
Допълнителни изисквания за квалифициране са посочени в правила и критерии за прилагане на квалификационната система.
Методите за проверка на съответствията с условията за квалифициране са посочени в документацията за участие съгласно правила и критерии за прилагане.
Допълнителна информация се предоставя на участниците с поканата за представяне на оферти.
Квалификационната система се създава с цел да се извърши подбор на доставчици на стоманени топки за нужди на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Заинтересованите лица подготвят и изпращат заявление за участие в квалификационната система. Заявлението се изпраща на адрес ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, о-л „ОП и снабдяване“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора с надпис: „Заявление за участие в квалификационна система с предмет: „Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“, № 69-141-18“. Получените заявления се регистрират с входящ номер и се разглеждат от назначена комисия. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационната система в 6-месечен срок от регистриране на заявлението.
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
+359 29884070
cpcadmin@cpc.bg
+359 29807315
http://www.cpc.bg
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
2018-06-01 | 538 | 3,952 |
2018/172570-2018.xml | 2018/S 077-172570 | 20/04/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172570-2018:TEXT:DE:HTML | ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3
Wien
1020
Stab Einkauf
+43 193000-35516
kurt.hanzl@oebb.at
+43 193000838-15157
www.oebb.at
http://infrastruktur.oebb.at/de/geschaeftspartner/fuer-lieferanten
ÖBB-Infrastruktur AG
Nordbahnstr. 50
Wien
1020
Stab Einkauf
+43 193000-35516
kurt.hanzl@oebb.at
+43 193000-25271
www.oebb.at
Konzernprüfsystem für Eisenbahn-Sicherungskabel
EM-TSE-324-Si-2018
Österreich
Lieferung von Eisenbahn-Sicherungskabel
Die Bekanntmachung dient zur Information über das Bestehen eines Prüfsystems. Für bereits zugelassene Unternehmen ist eine neuerliche Antragsstellung nicht notwendig.
2016/S 204-369034
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
+43 1/60149/0
einlaufstelle@bvwg.gv.at
+43 1/53109/153357
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
+43 160149-0
einlaufstelle@bvwg.gv.at
+43 153109-153357
http://www.bvwg.gv.at/
2018-04-19 | 81 | 895 |
2018/404155-2018.xml | 2018/S 178-404155 | 15/09/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404155-2018:TEXT:DE:HTML | Thüga Aktiengesellschaft
Nymphenburger Str. 39
München
80335
Einkauf
+49 8938197-1595
maria.goldobin@thuega.de
+49 8938197-1546
http://www.thuega.de
https://transfer.thuega.de/download/f87725bf-f142-4e9b-9d34-56799fd8754f
Handel mit bzw. Erzeugung und Verteilung von Gas, Strom, Wärme und Wasser
Erstellung einer Liste qualifizierter Lieferanten, aus der Kandidaten mit anschließendem Verhandlungsverfahrengemäß Sektorenverordnung für die Lieferung der Produkte gem. II.2.4
Bundesweite Lieferung von Kabelschutzrohren. Dazu zählen Kabelschutzrohre aus PVC-U bzw. PE-HD. Unternehmen, die das Prüfungssystem erfolgreich abgeschlossen haben, werden zu einem späteren Zeitpunkt zur Angebotsabgabe für Thüga-Gruppen-Rahmenverträge aufgefordert. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe auf Grundlage dieses Prüfungssystems kann durch die Thüga AG und/oder durch unmittelbare und mittelbare Beteiligungsgesellschaften der Thüga AG erfolgen. Hierbei wird in den abzuschließenden Rahmenabkommen der Bedarf der Beteiligungsgesellschaften der Thüga AG in einer Anfrage gebündelt werden. Auf Grundlage der abzuschließenden Rahmenabkommen werden die Bezugsberechtigten Gesellschaften (mittelbare und unmittelbare Beteiligungsgesellschaften der Thüga AG)Bestellungen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tätigen. Die Kommunikationssprache ist deutsch.
— Ausfüllen eines Lieferantenfragebogens und positive Bewertung des ausgefüllten Lieferantenfragebogens durch dieThüga AG,
— Anerkennung und Einhaltung der technischen Spezifikation,
— Bestehen der Produktprüfung,
— Bestehen einer Probelieferung,
— Kommunikation in deutscher Sprache
Einzelheiten sind in den Präqualifikationsunterlagen ausgeführt, die den Bewerbern unter folgendem Link kostenfrei zur Verfügung gestellt werden: https://transfer.thuega.de/download/f87725bf-f142-4e9b-9d34-56799fd8754f
Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird: Siehe Anforderungen,Präqualifikationsunterlagen sowie Erfüllung von DIN bzw. EN/ DVGW-Zulassungen
Regierung von Oberbayern
Vergabekammer Südbayern, Maximilianstraße 39
München
80538
+49 8921762411
vergabekammer.suedbayern@regob.bayern.de
+49 8921762847
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
Regierung von Oberbayern
Vergabekammer Südbayern, Maximilianstraße 39
München
80538
+49 8921762411
vergabekammer.suedbayern@regob.bayern.de
+49 8921762847
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
Regierung von Oberbayern
Vergabekammer Südbayern, Maximilianstraße 39
München
80538
+49 8921762411
vergabekammer.suedbayern@regob.bayern.de
+49 8921762847
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
2018-09-13 | 259 | 2,621 |
2018/171920-2018.xml | 2018/S 077-171920 | 20/04/2018 | DAN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171920-2018:TEXT:DA:HTML | 2cb45ea1-d2af-4dfc-bd66-219f9ae366b2
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Emil Gogotic
+45 57876000
emgo@soroe.dk
http://soroe.dk/
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68177
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205979&B=SOROE
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205979&B=SOROE
Murer – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave
Murer – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave.
Sorø Kommune.
Murer – Dynamiske indkøbssystem mellem 30 001 DKK – 2 999 999 DKK pr. opgave.
84
Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.
Mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.
Fremgår af udbudsmaterialet.
2025-08-31
00:00
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
+45 35291000
klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
+45 41715000
kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk
2018-04-18 | 416 | 2,910 |
2018/573443-2018.xml | 2018/S 248-573443 | 26/12/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573443-2018:TEXT:NL:HTML | InkoopMeesters namens ROC West-Brabant
41105340
Trivium 74
Etten-Leur
4873 LP
Marloes Verhoeven
+31 413745084
das@inkoopmeesters.nl
http://www.rocwb.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111880
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111880
DAS inhuur teamleiders ondersteunende diensten
Welkom op de DAS voor de inhuur van teamleiders op het gebied van ondersteunende diensten voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse teamleiders op het gebied van ondersteunende diensten ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Welkom op de DAS voor de inhuur van teamleiders op het gebied van ondersteunende diensten voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse teamleiders op het gebied van ondersteunende diensten ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van teamleiders op het gebied van ondersteunende diensten voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.
2018-12-22
2099-12-31
Voor deze aanbesteding worden alle uitsluitingsgronden opgenomen in art. 2.86 van de gewijzigde aanbestedingswet gehanteerd.
De uitsluitingsgronden zijn in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgenomen in Deel III, onderdeel A en B.
Inschrijvers kunnen verklaren dat de bovenstaande uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn door het rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Naast genoemde verplichte uitsluitingsgronden wordt de volgende facultatieve uitsluitingsgrond (onderdeel C van het UEA) gehanteerd:
• Faillissement, insolventie of gelijksoortig.
Als bewijsstuk:
Een gedragsverklaring aanbesteden die gedateerd is op of na 1-7-2016, om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden in artikel 2.86 van de gewijzigde aanbestedingswet niet van toepassing zijn.
Een verklaring van de Belastingdienst die op het moment van inschrijven niet ouder is dan zes maanden en waarin staat dat de uitsluitingsgrond inzake het niet voldoen van betaling van belastingen en sociale verzekeringspremies, artikel 2.86 artikel 5 en artikel 2.87 in het eerste lid, onderdeel j niet op hem van toepassing is.
Een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel die op het moment van inschrijven niet ouder is dan zes maanden, om aan te tonen dat de uitsluitingsgrond in artikel 2.87 onderdeel b van de gewijzigde aanbestedingswet niet op hem van toepassing is.
Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.
Bewijsstuk:
Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.
Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.
Bewijsstuk:
Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er één referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in één referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan één competentie te voldoen.
2099-12-13
12:00
2099-12-14
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Sluissingel 20
Breda
4811 TA
+31 765311311
info.zwb@rechtspraak.nl
2018-12-21 | 505 | 3,734 |
2018/440209-2018.xml | 2018/S 194-440209 | 09/10/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440209-2018:TEXT:IT:HTML | Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A.
San Donato Milanese
20097
+39 0237037570
mevem@snam.it
https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Servizi di noleggio autogrù e piattaforme aeree con operatore
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a soggetti giuridici singoli e a raggruppamenti permanenti d’imprese (es. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane) e non a raggruppamenti temporanei di imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle di Stogit, GNL Italia, Snam 4 mobility, Snam e loro controllate e partecipate si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei raggruppamenti permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 50/16, secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
La qualifica degli operatori di commercio (inclusi i system integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Il presente avviso riguarda i seguenti la fornitura di servizi noleggio autogrù e piattaforme aeree con operatore (Gruppo merce: SS07AF27).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere il procedimento di qualificazione.
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto del presente sistema di qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il gruppo merce oggetto del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato;
B) processo di qualifica da parte di Snam;
C) codice etico di Snam;
D) rinnovo della qualifica;
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) C) e D) sono disponibili nel documento «elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Tribunale Amministrativo della Lombardia
Milano
2018-10-05 | 491 | 3,550 |
2018/307537-2018.xml | 2018/S 135-307537 | 17/07/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307537-2018:TEXT:NL:HTML | Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
381668887
Laan van Vollenhove 3045
Zeist
3706 AL
Inkoop Meesters
+31 306939464
info@hetsticht.nl
http://www.hetsticht.nl
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b2f567b5c118e857245b45df11fd1ba4
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b2f567b5c118e857245b45df11fd1ba4
DAS ICT Hardware - Touchscreens
Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Touchscreens voor Het Sticht te Zeist. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze touchscreens ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Zeist
De omvang van de opdracht is niet bekend. Het gaat om alle touchscreens die Het Sticht gedurende deelname aan het DAS uitvraagt.
Kwaliteit
60
40
2018-09-01
2099-12-31
— Faillissement of surseance van betaling,
— Verplichte uitsluitingsgronden
— Kerncompetenties DAS
2099-12-13
16:00
Rechtbank Midden-Nederland
Almere/Lelystad
+31 883620000
Civiel.RB-MNL.lelystad@rechtspraak.nl
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Contact/Paginas/default.aspx#06dec228-371e-44b6-a6e5-1de7f49d168f089fc6c0-4718-428a-bf8d-ea07ef1...
2018-07-13 | 151 | 1,469 |
2018/509659-2018.xml | 2018/S 223-509659 | 20/11/2018 | DAN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509659-2018:TEXT:DA:HTML | 4cc5883c-0bb5-4172-8a90-a40138b165a1
Sydjysk Udbuds Samarbejde
29189757
Haderslev Kommune
Haderslev
6100 Gåskærgade 26-28
Majbritt Laurine Frødstrup
+45 74340149
mare@haderslev.dk
www.haderslev.dk
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337801
Aabenraa Kommune
29189854
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Katharina Schulze
+45 73767625
kschu@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk
Tønder Kommune
29189781
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Kristina Hansen
+45 74929095
krihan@toender.dk
www.toender.dk
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225020&B=SUS
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225020&B=SUS
DPS Dynamisk Indkøbssystem legepladser totalentreprise (nr 1)
16/30972
Dynamisk Indkøbssystem på anlæg af og udstyr til legepladser i totalentreprise til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
30000000.00
6100 Haderslev.
Dynamisk Indkøbssystem på anlæg af og udstyr til legepladser i totalentreprise til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
2019-01-01
2029-12-31
Det dynamiske indkøbssystem forventes at blive forlænget med 5 år.
Ansøger skal angive referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.
Referencerne skal vedrøre projekter, hvor ansøger har været totalentreprenør på opgaven.
2029-12-31
23:59
2030-12-31
Løbende
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
+45 35291000
klfu@naevneneshus.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
+45 41715000
kfst@kfst.dk
http://www.kfst.dk
2018-11-15 | 465 | 3,494 |
2018/280521-2018.xml | 2018/S 123-280521 | 29/06/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280521-2018:TEXT:FR:HTML | Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles-Infrastructure
0247.499.953_23553
Rue Royale 76
Bruxelles
1000
+32 25637426
Dominique.Wattiez@stib.brussels
www.mivb.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313087
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+INFRAS-MIVB+INFRAS-Voies+2018-06-F07
Système de qualification — travaux de voies
MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_0
Travaux aux voies ferrées appartenant à la STIB situées dans la Région de Bruxelles-Capitale et quelques communes adjacentes. Il s'agit de travaux de construction, de renouvellement et d'entretien de voies de tramways, métro et pré-métro, y compris les travaux annexes (soudures, revêtements routiers, etc.).
Voir règlement de qualification en annexe.
Voir règlement de qualification en annexe.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le présent système est différent de la publication du 20.6.2017 réf. 519626.
Un candidat repris dans le cadre du Système de qualification ancien ne sera donc pas automatiquement repris.
Les candidats qui souhaitent être repris dans le présent système sont donc tenus de déposer un dossier de candidature complet dans le cadre du présent système.
Conseil d'État
rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Conformément à l’article 23 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, à peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas.
Le recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de 60 jours.
La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de 15 jours. En cas d’application de l’article 18, le délai est de 10 jours.
Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 16 est introduit dans un délai de 5 ans.
2018-06-26
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
0247.499.953_23553
Koningsstraat 76
Brussel
1000
+32 25637426
Dominique.Wattiez@stib.brussels
www.mivb.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313087
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+INFRAS-MIVB+INFRAS-Voies+2018-06-F07
Erkenningsregel in spoorwerken
MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_0
Werken aan de sporen toebehorend aan de MIVB, gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Enkele aanpalende gemeenten. Het betreft constructie-, vernieuwings- en onderhoudswerkeñ aan tram-,
Metro- en premetrosporen, met inbegrip van de bijhorende werken (lassen, wegbekleding, enz.).
Zie kwalificatie verordening in bijlage.
Zie kwalificatie verordening in bijlage.
De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat het huidige kwalificatiesysteem verschillend is van het kwalificatieysteem van 20.06.2017 ref 519626.
Een kandidaat opgenomen in het kader van het vorige kwalificatiesysteem zal dus niet automatisch openomen worden in het huidige kwalificatiesysteem.
De kandidaten opgenomen in het vorige kwalificatiesysteem die opgenomen willen worden in het huidige kwalificatiesysteem zullen dus een kandidatuurdossier m.b.t. de volledige kwalificatie binnen het huidige kwalificatiesysteem moeten indienen.
Raad van State
Wetenschapsstraat,33
Brussel
1040
Overeenkomstig artikel 23 van de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.
De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig (60) dagen.
De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien (15) dagen. Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 18 bedraagt de termijn tien (10) dagen.
De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf (5) jaar.
2018-06-26 | 567 | 4,382 |
2018/49490-2018.xml | 2018/S 023-049490 | 02/02/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:049490-2018:TEXT:EN:HTML | Elia Asset
BE0475028202
Leon Monnoyerkaai — Quai Léon Monnoyer 3
Brussels
1000
Frederik Seghers
frederik.seghers@elia.be
www.elia.be
Optical Fiber Works
— studies for the realization of optical fiber links,
— optical fiber works (installation, blowing, fusion splicing, measure,...),
— management and maintenance of the ELIA optical network,
— urgent intervention in case of breakdown.
Qualification process is devided into 3 phases:
— phase 1: administrative qualification based on the reply of the candidate to the Elia questionnaire,
— phase 2: technical and safety audit,
— phase 3: pilot project.
Phase 1: Assessment matrix;
Phase 2: audit report;
Phase 3: debriefing pilot project.
The candidates must pass with success each phase successively.
Frederik Seghers
Brussels
2018-01-31 | 114 | 807 |
2018/573469-2018.xml | 2018/S 248-573469 | 26/12/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573469-2018:TEXT:NL:HTML | InkoopMeesters namens ROC West-Brabant
16086263
Trivium 74
Etten-Leur
4873 LP
Marloes Verhoeven
+31 413745084
das@inkoopmeesters.nl
http://www.rocwb.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111945
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111945
DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Marketing/Communicatie - Fotografie
Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van Marketing Communicatie - Fotografie voor ROC west-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Marketing Communicatie - Fotografie ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Welkom op de DAS voor de inhuur specialisten op het gebied van Marketing Communicatie - Fotografie voor ROC West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van Marketing Communicatie - Fotografie ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het betreft hier alle inhuur op het gebied van specialisten binnen Marketing Communicatie - Fotografie voor ROC West-Brabant. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.
2018-12-21
2099-12-31
Voor deze aanbesteding worden alle uitsluitingsgronden opgenomen in art. 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet gehanteerd.
De uitsluitingsgronden zijn in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgenomen in Deel III, onderdeel A en B.
Inschrijvers kunnen verklaren dat de bovenstaande uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn door het rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Naast genoemde verplichte uitsluitingsgronden wordt de volgende facultatieve uitsluitingsgrond (onderdeel C van het UEA) gehanteerd:
• Faillissement, insolventie of gelijksoortig.
Als bewijsstuk:
Een Gedragsverklaring Aanbesteden die gedateerd is op of na 1.7.2016, om aan te tonen dat de uitsluitingsgronden in artikel 2.86 van de gewijzigde Aanbestedingswet niet van toepassing zijn.
Een verklaring van de Belastingdienst die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 6 maanden en waarin staat dat de uitsluitingsgrond inzake het niet voldoen van betaling van belastingen en sociale verzekeringspremies, artikel 2.86 artikel 5 en artikel 2.87 in het eerste lid, onderdeel j niet op hem van toepassing is.
Een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel die op het moment van inschrijven niet ouder is dan 6 maanden, om aan te tonen dat de uitsluitingsgrond in artikel 2.87 onderdeel b van de gewijzigde Aanbestedingswet niet op hem van toepassing is.
Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.
Bewijsstuk:
Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.
Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS.
Bewijsstuk:
Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.
2099-12-13
12:00
2099-12-14
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Sluissingel 20
Breda
4811 TA
+31 765311311
info.zwb@rechtspraak.nl
2018-12-21 | 515 | 3,800 |
2018/290262-2018.xml | 2018/S 127-290262 | 05/07/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290262-2018:TEXT:DE:HTML | Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung (GS.EI 2)
Caroline-Michaelis-Straße 5-11
Berlin
10115
siehe Auftraggeber bzw. E-Mail
LMPQ@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/lieferantenportal/downloads
www.deutschebahn.com/lieferantenportal/registration
Präqualifikation für Leistungen an/für Infrastrukturanlagen der Deutschen Bahn AG in der Kategorie Allgemeiner Erd- und Tiefbau.
Bundesweit
Die Deutsche Bahn AG wählt im Rahmen eines Prüfungssystems geeignete Unternehmen in der Kategorie Allgemeiner Erd- und Tiefbau für folgende Warengruppen (Leistungen) aus:
— Erdbauwerke,
— Erdbauwerke-Bauen unter Eisenbahnbetrieb,
— Kabelführungssysteme inkl. Tiefbau,
— Kabelverlegung,
— Bauleistungen für Kabel-Bauen unter Eisenbahnbetrieb.
Nachweis der Eignung von Unternehmen zur Ausführung der Leistungen (Fachkunde, Leistungsfähigkeit) und des nicht Vorliegens von Ausschlussgründen
Eignungsfeststellung durch ein auf der Basis § 48 der Sektorenverordnung (SektVO) eingerichteten Präqualifikationssystems. Die Prüfung der Eignung findet in einem 2-stufigen Verfahren statt. Das Verfahren wird ausschließlich elektronisch geführt und mit der Selbstregistrierung der Unternehmen initiiert unter: www.deutschebahn.com/lieferantenportal/registration für das Verfahren gelten die jeweils aktuellen Verfahrensregeln zum Präqualifikationssystem Beschaffung Infrastruktur, eingestellt im: Internetauftritt Lieferantenportal Deutsche Bahn AG unter: www.deutschebahn.com/lieferantenportal/verfahrensregeln bei positivem Prüfergebnis werden Unternehmen in einer Liste der präqualifizierten Unternehmen geführt. Das Verfahren ist kostenpflichtig.
Für das Verfahren gelten die jeweils aktuellen Verfahrensregeln zum Präqualifikationssystem Beschaffung Infrastruktur, eingestellt unter: www.deutschebahn.com/lieferantenportal/verfahrensregeln. Weitere Bedingungen werden im Auftrag genannt.
2017/S 129-264392
Die Bekanntmachung mit der Nummer 2017/S 129-264392 vom 8.7.2017 ist nicht mehr gültig.
Präqualifikationen aus diesem Prüfungssystem behalten grundsätzlich ihre Gültigkeit. Aus dem aktuell bekanntgemachten Prüfungssystem ergeben sich im Verfahren zusätzliche Nachweise und Anforderungen. Für gültige Präqualifikationen können diese Nachweise nachgefordert und bewertet werden. Die Ergebnisse können Auswirkungen auf den weiteren Fortbestand der Präqualifikation haben.
Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
+49 2289499-0
vk@bundeskartellamt.bund.de
+49 228-9499-163
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße unverzüglich nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
+49 2289499-0
vk@bundeskartellamt.bund.de
+49 228-9499-163
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html
2018-07-03 | 425 | 3,818 |
2018/347883-2018.xml | 2018/S 151-347883 | 08/08/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347883-2018:TEXT:FR:HTML | Intercommunale ORES Assets SCRL
BE 0543 696 579
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
+32 64232300
publicationsMP@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=fr-FR
Intercommunale ORES Assets SCRL
BE 0543 696 579
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
Monsieur Stefan de Smet
+32 64232300
stefan.desmet@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
Intercommunale ORES Assets SCRL
BE 0543 696 579
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
Madame Dorothée Pasciullo
+32 64232320
dorothee.pasciullo@ores.net
+32 64232301
www.ores.be
Électricité + Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Système de qualification — Système de qualification pour la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance (via contrat de maintenance) d'ensembles de stockage d'énergie (y compris le logiciel de la batterie) sur le réseau MT
WFQSMTWA
Wallonie
Système de qualification pour la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance (via contrat de maintenance) d’ensembles de stockage d’énergie (y compris le logiciel de la batterie) sur le réseau MT.
Ne sont pas repris dans ce système de qualification: les travaux de génie civil, les travaux réseau et les connexions au réseau.
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion):
Voir point VI.3) Informations complémentaires de l'avis d'existence du système de qualification
2016/S 184-331264
Le candidat doit formuler sa marque d'intérêt pour la participation au système de qualification à l’aide d’un dossier comprenant les documents suivants:
1) identification du candidat:
a) nom et coordonnées complètes (adresse, téléphone, Fax, courrier électronique, nº de compte bancaire…),
b) coordonnées complètes des succursales/agences en Belgique concernées pour le marché considéré,
c) forme juridique, date de création ou de constitution,
d) nº d'immatriculation à la TVA,
e) nº d'immatriculation à un organisme de sécurité sociale;
2) représentation et relations dans le cadre de la présente procédure:
2.1) coordonnées complètes de la direction;
2.2) nom et coordonnées complètes (adresse, Tél., Fax, courrier électronique…) de l'interlocuteur unique chargé des relations avec ORES SCRL;
2.3) nom et coordonnées complètes du conseiller en prévention.
Toutes ces personnes doivent pouvoir s'exprimer correctement en français.
Par le dépôt de sa manifestation d’intérêt, le candidat s’engage à pouvoir lire les informations transmises dans le dossier de description du système de qualification et lors de la demande de prix sur CD-ROM (Excel, Power Point, Word, Acrobat Reader).
Chaque point doit faire l’objet d’une réponse.
Tous ces documents doivent répondre aux exigences formelles suivantes:
— être classés dans un classeur comportant des intercalaires numérotés. Chaque intercalaire reprendra une des rubriques de la structure définie ci-dessus,
— chacune des feuilles sera paraphée et numérotée,
— le dossier de marque d'intérêt sera soit envoyé par la poste en recommandé, soit déposé au service achats pendant les heures de bureau: du lundi au jeudi de 7:45 à 12:00 et de 12:30 à 15:30; le vendredi de 7:45 à 12:00 et de 12:30 à 15:00.
Ce dossier devra être livré sous enveloppe marquée «Demande de dossier de description du système de qualification» avec la référence du marché réf.: WFQSMTWA et adressé à ORES SCRL — Service achats, à l'attention de Mlle. Dorothée Pasciullo, route du Grand Peuplier 12 à 7110 Strépy-Bracquegnies contre un accusé de réception revêtu du cachet du service achats précisant les date et heure de réception; toute autre forme de transmission (par exemple par Fax ou à une autre adresse…) conduit au rejet de la demande de dossier qualification du candidat.
Les fournisseurs ayant marqué intérêt dans le cadre du système de qualification pour la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance (via contrat de maintenance) d’ensembles de stockage d’énergie (y compris le logiciel de la batterie) sur le réseau MT (réf.: WFQSMTWA) ne doivent plus marquer intérêt au présent avis. En outre, les fournisseurs déjà qualifiés restent qualifiés dans ce domaine pour autant qu'ils répondent toujours aux critères repris dans le dossier de qualification en leur possession.
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles (Etterbeek)
1040
+32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be
— recours en annulation devant le Conseil d’État ou le juge judiciaire: 60 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas,
— recours en suspension devant le Conseil d’État, selon la procédure d’extrême urgence, ou devant le juge judiciaire, selon la procédure de référé: 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas,
— ce délai est réduit à 10 jours en cas de publication d’un avis de transparence ex-ante volontaire.
2018-08-06 | 733 | 4,898 |
2018/23217-2018.xml | 2018/S 012-023217 | 18/01/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:023217-2018:TEXT:NL:HTML | Provincie Zuid-Holland
27375169
Zuid-Hollandplein 1
Den Haag
2596 AW
Wilco Spaans
+31 704416933
w.spaans@pzh.nl
http://www.zuid-holland.nl
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/116932
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202720&B=
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202720&B=
DAS Strategisch Bestuurlijk Advies
DOS-2017-0008392
Dynamisch aankoopsysteem voor het plaatsen van opdrachten voor de inzet van externe expertise voor strategisch bestuurlijk advies ten behoeve van de aanbestedende dienst, provincie Zuid-Holland.
Dynamisch aankoopsysteem voor het plaatsen van opdrachten voor de inzet van externe expertise voor strategisch bestuurlijk advies ten behoeve van de aanbestedende dienst, provincie Zuid-Holland.
1.00
2018-03-19
2027-12-31
2027-12-31
12:00
Rechtbank 's-Gravenhage
Postbus 20302
's-Gravenhage
2500 EH
+31 703813131
2018-01-16 | 88 | 921 |
2018/14561-2018.xml | 2018/S 008-014561 | 12/01/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:014561-2018:TEXT:DE:HTML | ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3
Wien
1020
Stab Einkauf
+43 19300032160
gerhard.rauscher@oebb.at
+43 19300083815155
www.oebb.at/infrastruktur
Prüfungssystem Schwellenbesohlungen
508/001/2013
AT-weit
Lieferung von Schwellenbesohlungen an die von der ÖBB-Infrastruktur AG genannten Schwellenhersteller
Aktualisierung der für die Aufnahme ins Unternehmerverzeichnis bedeutsamen Unterlagen und Nachweise
2017/S 008-012321
Erstverlautbarung des Prüfsystems erfolgte am 27.4.2013 unter: 2013/S 083-140281
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
+43 160149-0
einlaufstelle@bvwg.gv.at
+43 153109-153357
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
+43 160149-0
einlaufstelle@bvwg.gv.at
+43 153109-153357
http://www.bvwg.gv.at/
2018-01-10 | 73 | 773 |
2018/47099-2018.xml | 2018/S 022-047099 | 01/02/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:047099-2018:TEXT:FR:HTML | SNCF mobilités — Direction industrielle — Direction du matériel
4 rue André Campra, CS 20012
Saint-Denis
93212
Département des achats
+33 185587173
fabien.denoyes@sncf.fr
http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/dossiers-qualification
http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/dossiers-qualification
Démantèlement de matériels ferroviaires radiés comportant des Matériaux contenant de l’amiante (MCA) et des Matériaux contenant des fibres céramiques réfractaires (MCFCR)
MAP/SQ/MR/2018
France métropolitaine
SNCF mobilités procède à la qualification de prestataires de désamiantage dans le but de les consulter pour des marchés de démantèlement de ses matériels en fin de vie comportant des Matériaux contenant de l'amiante (MCA) et Matériaux contenant des fibres céramiques réfractaires (MCFCR).
La consistance de la prestation attendue varie d’un marché à l’autre, mais consiste de façon générique à l’exécution des opérations suivantes:
— dépollution des matériels,
— dégarnissage des aménagements intérieurs,
— retrait des MCA et MCFCR,
— démolition des matériels,
— évacuation des déchets amiantés et non-amiantés générés par les opérations ci-dessus, et traçabilité associée,
— mise à disposition des matières valorisables à SNCF Mobilités.
Les candidats doivent télécharger le dossier de qualification sur http://www.sncf.com — Fournisseurs — Documentation — Dossiers de qualification — Démantèlement.
Les candidats doivent prendre connaissance de l’ensemble du dossier de qualification, notamment des critères de recevabilité mentionnés dans le règlement de qualification, parmi lesquels:
1) toute entreprise candidate au présent système de qualification doit impérativement être titulaire, en propre, du certificat tel qu’exigé par les dispositions spécifiques aux activités de retrait d’amiante imposées par le code du travail (art. R. 4412 et suivants), en cours de validité;
2) toute entreprise candidate au présent système de qualification doit avoir un chiffre d’affaires annuel moyen, au cours de ses 3 derniers exercices, de 7 500 000 EUR à minima.
Les conditions seront vérifiées par le biais des réponses apportées par l’entreprise candidate au questionnaire de qualification, et aux documents joints destinés à fournir les preuves et démonstrations des réponses fournies. Ces éléments sont précisés dans le règlement de qualification et dans le questionnaire de qualification.
SNCF mobilités est également susceptible de procéder à la vérification des capacités annoncées, notamment financières et industrielles, par le biais d’audits réalisés par elle-même ou par un tiers qu’elle mandate.
Toute entreprise candidate au présent système de qualification doit impérativement être titulaire, en propre, du certificat tel qu’exigé par les dispositions spécifiques aux activités de retrait d’amiante imposées par le code du travail (art. R. 4412 et suivants), en cours de validité.
2017/S 037-067520
Ce système de qualification est applicable aux marchés mis en concurrence par SNCF mobilités pour son propre compte et le cas échéant, dans des cas particuliers, pour le compte de tout tiers qui aurait mandaté SNCF mobilités à cet effet.
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
+33 144594400
greffe.ta-paris@juradm.fr
+33 144594646
2018-01-30 | 450 | 3,281 |
2018/79299-2018.xml | 2018/S 036-079299 | 21/02/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:079299-2018:TEXT:FR:HTML | EDF SA
55208131788740
30 rue Ambroise Croizat
Chambéry Cedex
73026
Agence achats hydraulique
+33 479266815
thierry.chaboud@edf.fr
http://edf.com
http://portail-achats.edf.com
http://portail-achats.edf.com
Rénovation et maintenance à long terme de régulation de vitesse des turbines du parc EDF hydraulique.
SQ RGN
L’objet du système de qualification est d’obtenir un panel d’entreprises adapté aux besoins de rénovation de régulation de vitesse (RGN) des groupes hydroélectriques EDF.
Les marchés portent sur le remplacement des régulations de vitesse numériques comprenant tout ou partie des matériels constituant la chaîne de régulation de vitesse en intégrant notamment le régulateur de vitesse, les actionneurs, les distributeurs hydrauliques de commande des vérins et la station d’huile.
Les marchés peuvent intégrer les prestations de maintenance.
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification: le fournisseur devra remplir des conditions portant notamment sur les points suivants:
— identification de l’entreprise,
— données financières,
— capacité de l’entreprise,
— qualité, sécurité environnement, social et éthique,
— information sur le produit,
— la langue française sera utilisée pour tous les échanges techniques (y compris les essais de mise en service et plateforme) et commerciaux.
Le candidat justifie des moyens annoncés en fournissant les documents de présentation de son entreprise,
— management sécurité, santé et environnement des entreprises intervenantes,
— le candidat dispose d’un système d’assurance de la qualité conforme à la norme européenne ISO9000.
1) les conditions seront vérifiées sur la base de l'analyse des réponses aux questions posées par le biais du questionnaire adressé par EDF, des documents transmis par les fournisseurs et des éventuels éléments dont EDF dispose déjà.
D'autre part, si besoin, lesdites conditions pourront également être vérifiées sur la base d'audits.
Le questionnaire concernant le système de qualification peut être obtenu à l'adresse précisée en I.1;
2) un fournisseur pourra être qualifié pour un ou plusieurs segments énumérés en II.3;
3) les entreprises qualifiées feront l'objet d'une évaluation après chaque chantier réalisé.
En cas de non-conformité grave lors d'une intervention, EDF se réserve le droit de retirer immédiatement au prestataire sa qualification.
De même, la qualification peut être retirée à tout moment, si les critères d'aptitude ne sont plus respectés.
2017/S 009-013866
Tribunal de grande instance de Paris.
4 bd du Palais
Paris
75055
+33 144325151
http://www.justice.gouv/fr
Greffe du tribunal de grande instance de Paris.
4 bd du Palais
Paris Cedex 01
75055
+33 144325151
http://www.justice.gouv.fr
2018-02-20 | 390 | 2,761 |
2018/540172-2018.xml | 2018/S 236-540172 | 07/12/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540172-2018:TEXT:IT:HTML | Ferservizi S.p.A. — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.)
Via Tripolitania 30
Roma
00199
Servizi di Acquisto online — Valerio Palamidesse
+39 0644109563
v.palamidesse@ferservizi.it
+39 0644109031
http://www.ferservizi.it
www.acquistionlineferservizi.it
Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. (Sottosistema Servizi ICT, Sottosistema Servizi di Innovazione)
Tutto il territorio nazionale
Servizi ICT:
— project management, direzione Lavori & ICT governance,
— servizi di analisi e progettazione preliminare e definitiva di soluzioni di business integration,
— servizi di analisi e progettazione preliminare di soluzioni di sicurezza ICT,
— servizi di sviluppo SW e/o parametrizzazione/customizzazione di pacchetti in licenza d’uso,
— servizi specialistici su piattaforma ERP; servizi specialistici su piattaforma CRM (Customer Relationship Management),
— servizi specialistici su piattaforma SCM (Supply Chain Management); servizi specialistici su DWH e Business Intelligence,
— servizi specialistici su piattaforma GIS.
Servizi di innovazione, articolati nelle seguenti categorie:
a) INN-01: gestione spazi funzionali dedicati all'innovazione e sostegno a start-up innovative;
b) INN-02: enterprise innovation strategy, business integration, incubation, innovation project management.
Requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economici finanziari, indicati nell’art. 8 della Normativa Generale e nelle Schede Tecniche – Sottosistema Servizi ICT e Sottosistema Servizi di Innovazione
N.B.: per la categoria INN-01 non sarà richiesto il conseguimento del punteggio minimo definito nella «Procedura di valutazione economico finanziaria» di cui al punto 8 lettera B sub punto c) della Normativa Generale.
La verifica avviene sulla base dei documenti indicati all’art. 9 della Normativa Generale e nelle Schede Tecniche – Sottosistema Servizi ICT e Sottosistema Servizi di Innovazione
2017/S 244-510621
La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A.:
1. Sottosistema Servizi ICT, pubblicato sul Supplemento alla GUUE S243 del 17.12.2011 (bandi di rinnovo: GUUE S247 del 22.12.2012, S240 dell’11.12.2013, S231 del 29.11.2014, S226 del 21.11.2015, S245 del 20.12.2016, S244 del 20.12.2017);
2. Sottosistema Servizi di Innovazione, pubblicato sul Supplemento alla GUUE S243 del 19.12.2017.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00198
www.giustizia-amministrativa.it
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente avviso sull’esistenza del Sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, nei termini e modi di legge. Gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dall’Ente aggiudicatore nei confronti degli Operatori economici istanti in relazione al presente Sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore medesimo nei termini e modi di legge.
2018-12-05 | 423 | 3,243 |
2018/39340-2018.xml | 2018/S 019-039340 | 27/01/2018 | SWE | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:039340-2018:TEXT:SV:HTML | Botkyrka kommun
212000-2882
Munkhättevägen 45
Tumba
147 85
Kristina Soltani
kristina.soltani@botkyrka.se
http://www.botkyrka.se
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcfixdhqs&GoTo=Docs
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcfixdhqs&GoTo=Tender
Handledning för Botkyrka kommun
2017:361
Metod och ärendehandledning för Botkyrka kommun.
Mål och syfte.
Målet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av handledningstjänster för kommande sex (6) års period genom en flexibel inköpsprocess som tillvaratar metodutvecklingen inom olika områden och dynamiken inom konsultmarknaden. Dynamiskt inköpssystem har därför valts för upphandlingen av handledningstjänster.
16000000
4
Handledningstjänster
Dnr 2017:361
Tumba.
Metod- och/eller ärendehandledning för Botkyrka kommun.
Upphandlingen är indelad i 4 områden:
Handledning inom socialt arbete.
Handledning inom vård- och omsorgsarbete.
Handledning inom utbildningsverksamhet.
12000000
2028-01-22
Enligt 8 kapitlet i LOU.
Leverantören ska ha tillgång till minst 1 handledare med efterfrågad kompetens.
2028-01-22
00:00
2028-01-23
Visma annons: https://opic.com/id/afcfixdhqs.
Södertörns tingsrätt
Huddinge
2018-01-25 | 125 | 1,194 |
2018/213452-2018.xml | 2018/S 094-213452 | 18/05/2018 | SWE | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213452-2018:TEXT:SV:HTML | Simrishamns kommun
212000-0969
Simrishamn
272 80
Stina Öberg
stina.oberg@simrishamn.se
http://www.simrishamn.se
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afijkxnkva&GoTo=Docs
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afijkxnkva&GoTo=Tender
Dynamiskt inköpssystem Tekniska konsulttjänster - M6 Mark och exploateringsingenjör
18/11
Simrishamns kommun önskar få in ansökningar till sitt dynamiska inköpssystem för tekniska konsulter inriktning Mark- och exploateringsingenjör.
Simrishamns kommun önskar få in ansökningar till sitt dynamiska inköpssystem för tekniska konsulter inriktning Mark- och exploateringsingenjör.
I uppdragen ingår sedvanligt arbete inom ramen för mark- och exploateringsenhetens uppdrag på kommunen. Konsulten ska arbeta i mark och exploateringsenhetens linjearbete samt i kommunens samhällsbyggnadsprojekt från initiering till genomförande, bl.a. i detaljplaneprocessen och företräda kommunen som fastighetsägare, genomförande av förhandlingar etc.
2022-06-15
2028-05-13
00:00
2028-05-14
Visma annons: https://opic.com/id/afijkxnkva.
Förvaltningsrätten
Malmö
2018-05-16 | 108 | 1,101 |
2018/318626-2018.xml | 2018/S 139-318626 | 21/07/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318626-2018:TEXT:NL:HTML | Oasen N.V.
29010639
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Gouda
2801 SB
Ed de Vries
+31 182593311
inkoop@oasen.nl
http://www.oasen.nl
https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/82653
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216682&B=
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216682&B=
Erkenningregeling aannemers aanleg drinkwatertransportleidingen
Gouda en omstreken
De (sub)afdeling Nieuwbouw Distributie van Oasen is verantwoordelijk voor de aanleg van drinkwater(transport)leidingen. De scope van de werkzaamheden behorende tot deze opdracht omvat overwegend de aanleg van:
— drinkwatertransportleidingen in staal (ST), maar ook kunststof (HDPE en PVC) vanaf ≥DN 300 tot DN 600 en,
— in- en uitgaande terreinleidingen op drinkwaterproductielocaties (de daar aanwezige drinkwaterleidingen kunnen ook kunnen kleiner zijn DN 300).
De contractvorm die door de afdeling Nieuwbouw Distributie in bijna al haar offerteaanvragen wordt gebruikt is de UAV-GC. Opdrachten onder deze erkenningsregeling worden onder de erkende ondernemers verstrekt door middel van minicompetities.
Alle eisen met betrekking tot de erkenning zijn vermeld in de erkenningsleidraad.
Alle eisen met betrekking tot de erkenning zijn vermeld in de erkenningsleidraad.
De voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten worden kenbaar gemaakt bij het uitvragen van de individuele opdrachten, maar de contractvoorwaarden daarbij zijn de UAV-GC.
Rechtbank
Den Haag
Zie de erkenningsleidraad
2018-07-19 | 180 | 1,519 |
2018/38061-2018.xml | 2018/S 018-038061 | 26/01/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038061-2018:TEXT:FR:HTML | Société des transports Intercommunaux de Bruxelles — Procurement & logistics department
0247.499.953_241
Rue Royale 76
Bruxelles
1000
Cindy Escada
+32 25637361
cindy.escada@stib.brussels
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297402
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297402
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_3035-F07
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=18256
Système de qualification en vue de la sélection de fournisseurs potentiels pour la fourniture de voitures de leasing (véhicules techniques et voitures de société) en leasing a longue terme
MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3035-F07_0
Ce système de qualification vise la sélection de fournisseurs potentiels pour la fourniture de voitures de leasing.
(véhicules techniques et voitures de direction) en leasing opérationnel, toutes marques et tous modèles, pour.
Les différents services de la STIB.
Les voitures de direction seront proposées avec assurance. Les véhicules techniques englobent tant des voitures particulières que des camionnettes jusqu'à un poids maximal de 3 500 kg. Celles-ci seront proposées.
Hors assurance. Dans des cas très exceptionnels, des véhicules plus lourds pourront également être demandés.
Seules les firmes qui sont qualifiées pour ce système recevront les cahiers spéciaux des charges et seront invitées à remettre offre et à participer aux négociations.
Les firmes qui sont déjà qualifiées dans le cadre du sysyème de qualification en question (qualification obtenue en 2016) doivent transmettre les documents suivants:
— un écrit confirmant leur intérêt à maintenir leur qualification,
— la communication de tout changement majeur dans leurs statuts.
La société doit disposer des capacités financières,
Économiques et techniques appropriées.
Les capacités financières, économiques et techniques.
Seront évaluées sur la base des réponses au questionnaire détaillé en annexe de la présente publication.
2016/S 250-462351
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1000
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Conformément à l’article 23 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les recours sont, sous peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5 alinéa 1
er
Le recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de 60 jours.
La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de 15 jours. En cas d’application de l’article 18, le délai est de 10 jours.
Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 16 est introduit dans un délai de 5 ans.
2018-01-24
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
0247.499.953_241
Koningsstraat 76
Brussel
1000
Cindy Escada
+32 25637361
cindy.escada@stib.brussels
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297402
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297402
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_3035-F07
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=18256
Kwalificatiesysteem voor de selectie van potentiële leveranciers voor leasing op lange termijn van dienstvoertuigen en directiewagens
MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3035-F07_0
Het voorwerp van dit kwalificatiestelsel (kwalificatiesysteem) bestaat erin om potentiële leveranciers voor de levering van leasingwagens (technische voertuigen en directiewagens) in operationele leasing in alle merken en modellen voor de verschillende diensten van de MIVB te kwalificeren. De directiewagens zullen aangeboden worden met verzekering. De technische voertuigen omvatten zowel personenwagens als bestelwagens tot een maximum gewicht van: 3 500 kg. Deze zullen aangeboden worden zonder verzekering. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen er ook zwaardere voertuigen gevraagd worden. Enkel de firma’s die voor dit systeem gekwalificeerd zijn, zullen de bestekken ontvangen en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen en aan de onderhandelingen deel te nemen.
De bedrijven die al gekwalificeerd zijn in het kader van onderhavig systeem (kwalificatie verkregen sinds 2016), moeten de volgende documenten overmaken:
— een schrijven dat hun interesse bevestigt om hun kwalificatie te behouden,
— de communicatie van elke belangrijke verandering in hun statuten.
De onderneming moet beschikken over de gepaste financiële, economische en technische capaciteiten.
De financiële, economische en technische capaciteiten zullen beoordeeld worden op basis van de antwoorden op de gedetailleerde vragenlijst die in bijlage van de aankondiging is.
2016/S 250-462351
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussels
1000
+32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechts-middelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, worden de verhaal-procedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4, 5 §1 en 6 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.
De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van 60 dagen.
De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van 15 dagen. Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 18 bedraagt de termijn 10 dagen.
De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van 5 jaar.
2018-01-24 | 754 | 6,000 |
2018/231800-2018.xml | 2018/S 101-231800 | 30/05/2018 | ITA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231800-2018:TEXT:IT:HTML | Eni S.p.A.
Via Emilia 1
San Donato Milanese
20097
APR/VEMA-B
qualifica.fornitori@eni.com
www.eni.com
https://eprocurement.eni.it
Prodotti e servizi ICT
Italia.
Con il presente avviso, rivolto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti temporanei, Eni S.p.A. si propone di pervenire, per i gruppi merce di seguito elencati, alla compilazione di liste fornitori qualificati dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare d'appalto condotte da Eni S.p.A. in nome e per conto proprio da eseguire nell'UE.
Categoria, criticità, business: C.
Categoria, criticità, HSE: N.A.
Gruppo merce: SS04AB41 — pacchetti informativi: gestione e sviluppo pacchetti applicativi per il tecnico scientifico aziendale e application management; il gruppo merce si riferisce alla fornitura di servizi di gestione e sviluppo del portafoglio applicativo dei sistemi informativi tecnico scientifici utilizzati nell’ambito dei settori Upstream e Geosciences & subsurface operations di Eni S.p.A. e comprende i servizi di baseline, manutenzione correttiva, implementativa, evolutiva, servizi di sviluppo software e servizi addizionali.
Categoria, criticità, business: C.
Categoria, criticità, HSE: N.A.
Gruppo merce: SS04AB42 — pacchetti informativi: sviluppo progetti applicativi per il tecnico/scientifico aziendale e system integration.
Il gruppo merce si riferisce alla fornitura di servizi di gestione e sviluppo del portafoglio applicativo dei sistemi informativi tecnico scientifici utilizzati nell’ambito dei settori Upstream e Geosciences & subsurface operations di Eni S.p.A. e comprende i servizi di System Integration ed evoluzioni funzionali e tecniche degli applicativi.
I candidati dovranno essere in grado di operare alle condizioni operative stabilite da Eni.
Le condizioni che gli operatori economici devono soddisfare ai fini della qualificazione, sono pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo: https://eprocurement.eni.it.
Le informazioni relative all’iter e al processo di qualifica, sono pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo: https://eprocurement.eni.it.
Eni SpA,
Direzione Procurement,
Vendor Management,
Senior Vice President,
Thomas Negrini.
Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO
Roma
2018-05-25 | 295 | 2,282 |
2018/106339-2018.xml | 2018/S 048-106339 | 09/03/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106339-2018:TEXT:DE:HTML | EAM GmbH & Co. KG
Monteverdistr. 2
Kassel
34131
Abt. Einkauf, Hr. Capar
thomas.capar@eam.de
+49 5619332512
http://www.eam.de
http://www.eam.de/unternehmen/aktuelle-ausschreibungen/
http://www.eam.de/unternehmen/aktuelle-ausschreibungen/
Präqualifikationsverfahren für Nieder- und Mittelspannungsmesswandler
Präqualifikationsverfahren für Nieder- und Mittelspannungsmesswandler.
Erstellung bzw. Erweiterung einer Liste qualifizierter Unternehmen zur weiteren Auswahl von Bietern im Rahmen von Verhandlungsverfahren zum Abschluss von Rahmenverträgen und Projektverträgen.
Im Rahmen des Qualifikationssystems ist ausschließlich die deutsche Sprache zulässig.
D. h., der gesamte Geschäftsverkehr sowie alle vom Bewerber einzureichende Unterlagen haben in deutscher Sprache zu erfolgen. Bitte beachten Sie, dass unser Prüfsystem nur in deutscher Sprache zur Verfügung steht.
Die Unterlagen zum Qualifikationssystem können unter dem in Ziffer I.3) angegebenen Link – Download: „Präqualifikationsverfahren für Nieder- und Mittelspannungsmesswandler“ – heruntergeladen werden. Der Bewerber hat die geforderten Nachweise und Erklärungen ausgefüllt und vollständig einzureichen. Der Auftraggeber überprüft die Angaben, die mit den Fragebögen und Nachweisen übermittelt werden. Die Bewertung erfolgt mit Ausschlusskriterien.
Verfahrensablauf: Beantwortung und Erfüllung des Präqualifikationsfragebogens, Konformitätserklärung zur Spezifikation, Produktprüfung, ggf. Werksaudit und Probeauftrag.
Die Qualifizierung erfolgt jeweils für ein Produkt/eine Produktgruppe mit einem Fertigungsstandort.
Sämtliche Unterlagen zu diesem Qualifizierungssystem sind direkt, kostenfrei und ausschließlich per Download unter dem in der Bekanntmachung Ziff. I.3) angegebenen Link abrufbar.
Auch alle weiteren Informationen wie Änderungen zum Qualifizierungssystem, Beantwortung von Bieterfragen oder sonstige verfahrensrelevante Informationen werden ebenfalls unter dem Link zum Download zur Verfügung gestellt.
Während der Laufzeit des Qualifizierungssystems (siehe Ziff. II.2.8.) ist der Bewerber verpflichtet, regelmäßig und selbstständig auf zur Verfügung gestellte, geänderte oder zusätzliche Dokumente zu achten. Ein separater Hinweis durch die Vergabestelle erfolgt nicht.
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
64278
+49 6151126603
+49 6151125816
2018-03-07 | 262 | 2,391 |
2018/33543-2018.xml | 2018/S 016-033543 | 24/01/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:033543-2018:TEXT:EN:HTML | 687bc903-4d41-4784-a83a-4691ff1eaee3
Achilles Procurement Services Limited
N/A
1 Harmsworth, Greenmount Office Park, Harold's Cross
Dublin
D6W TF84
Supply-Line
+353 14020117
supply-line@achilles.com
+353 14020110
http://www.achilles.com
https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/313
www.etenders.gov.ie
As per the details of the relevant buyer
Ireland
+353 14020117
supply-line@achilles.com
+353 14020110
www.achilles.com
The system operates in the electricity, port, airport, gas and oil — extraction and exploration activities
Supply-Line Supplies Qualification System Notice
2018 SL
Various locations in Ireland and off-shore.
This is the 2018 notice covering supplies announcing the use of Supply-Line as a qualification system, operated by Achilles and used by a number of contracting entities in Ireland. It is used for tenderer selection for contracts and framework agreements above the EU thresholds and from time to time for contracts below the EU thresholds (EUR 443 000 for supplies and services; EUR 1 million for social and other specific services; Euro 55 480 000 for works contracts and works and services concessions). At their discretion, the contracting entities may publish additional calls for competition for any or all of the procurement categories listed in the Supply-Line Product Code Guide. They may apply additional rules, criteria and qualification stages for specific procurements. They may opt not to use Supply-Line and to publish a separate competition in OJEU or www.etenders.gov.ie
An information document covering the Supply-Line system and rules of operation is available to download from www.etenders.gov.ie under ID 128582. Some categories of business may be specific to some industries only within the scope of the Utilities sector.
The Supply-Line system is of indefinite duration and subject to annual renewal of subscription and information. Vendors may join at any time and will be required to update their information regularly to ensure all company information is current. They must update their information at least once a year to maintain their qualified status.
Details unknown at this stage, but should EU funding be applicable, this will be notified at tender stage.
Registration on Supply-Line constitutes the basis for tender list preparation in the supply categories identified in the Supply-Line coding (Section 1 of the Supply-Line coding). Registration maybe achieved in the following way: Joining the system under the appropriate level and using the appropriate codes. Economic operators registering on Supply-Line will be subject to an annual contribution payable in advance. Completion of the Supply-Line qualification questionnaire online via www.achilles.com including a formal declaration of the applicants bona fides. Suppliers should note that consideration for tender lists may be subject to the subscribers issuing second-stage questions— about specific contracts through the eQual tool within Supply-Line. To this end, suppliers are reminded to carefully monitor email alerts from both Supply-Line and/or the purchasing organisations. Suppliers should note that new codes have been added to the system covering the oil and gas industry.
In the case of Utilities, suppliers registering at level 3 will be considered for all contracts irrespective of value; those registering at level 2 will be considered for contracts below the EU thresholds; those registering at level 1 will only be eligible for consideration for contracts below EUR 50 000.
Please note that for non-regulated buyers (Community Based Groups — GAA, Early Childhood Ireland, etc.) the default level is level 2 for all contracts irrespective of value.
Suppliers can join online through.
http://www.achilles.com/files/communitypdfs/Supply-Line/Supply-Line-Application-Form.pdf
Not generally used by the buyers, but if applicable, details will be provided at tender stage.
The list of subscribers is as follows:
Electricity Supply Board and its subsidiaries and joint venture partnerships: www.esb.ie
Dublin Port Company: www.dublinport.ie
Shell E&P Ireland: www.corribgas.com
SSE plc, its subsidiaries and affiliates: www.sse.com (for contracts delivered on the island of Ireland) including, but not limited to: SSE Renewables Holdings Limited; SSE Generation Ireland Limited; SSE (Ireland) Limited; SSE Renewables (Ireland) Limited”; SSE Airtricity Limited. Please note that SSE may require high risk suppliers to also undergo an Achilles Verify audit of their management systems covering health and safety, quality and environmental systems.
Providence Resources PLC: www.providenceresources.com
Nexen Petroleum UK: www.nexencnoocltd.com
Ireland West Airport Knock: www.irelandwestairport.com
In addition to the Utilities listed above, the following community based organisations also use Supply-Line:
The GAA (Gaelic Athletic Association): www.gaa.ie via the Purchase Power Programme.
ECI (Early Childhood Ireland): www.earlychildhoodireland.ie via their Supplier Source initiative.
In addition, Supply-Line is being used by Enterprise Ireland as a Dynamic Purchasing System for the sourcing of tenderers for event management worldwide.
The High Court
Four Courts
Dublin
7
http://www.courts.ie
consult legal advisor
Ireland
2018-01-22 | 732 | 5,334 |
2018/367631-2018.xml | 2018/S 160-367631 | 22/08/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367631-2018:TEXT:EN:HTML | e324386a-a44a-4442-bc29-72924dab2b2d
Statnett SF
962 986 633
Postboks 4904 Nydalen
Oslo
0423
Synnøve Salthe
+47 23904761
synnove.salthe@statnett.no
https://contracts.statnett.no/ece/
https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1060
Qualification system regarding IFS Applications competence
KON-004638
Oslo
The purpose for the qualification system is to qualify suppliers for upcoming comeptitions regarding purchase of relevant IFS competence, both consultancy services and development of additional functionality within IFS Applications 10. It is clearly an advantage to have competence about the energy vertical in IFS Applications.
Statnett reserves the right to purchase such competence also outside this qualification system if Statnett finds it appropriate.
Information about qualification requirements are described in the attached document “KON-004638 Kvalifikasjonsordning IFS Applications”.
All information shall be sent electronically throught Statnett's procurement portal and information will be quality assured. If there is uncertainty regarding information provided, the supplier will be contacted for clarification.
Statnett SF
PB 4904 Nydalen
Oslo
0423
synnove.salthe@statnett.no
www.statnett.no
2018-08-21 | 144 | 1,239 |
2018/385085-2018.xml | 2018/S 169-385085 | 04/09/2018 | ENG | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385085-2018:TEXT:EN:HTML | 99999999-9999-4999-a999-999999999999
Southampton City Council
One Guildhall Square
Southampton
SO14 7FP
procurement@southampton.gov.uk
https://supplysouthampton.esourcingportal.com/
https://supplysouthampton.esourcingportal.com/
DPS for Home to School Transport
EC09/01/2680
The Council wishes to set up a Dynamic purchasing system (DPS) for the provision of a range of services to provide home to school transport within the city of Southampton. This includes provision of up to 4 seat vehicles, 5-8 seat and 9 seat and over vehicles with driver.
25000000
Vehicle Provision – up to 4 passengers (plus driver)
1
The Council wishes to set up a Dynamic purchasing system (DPS) for the provision of a range of services to provide home to school transport within the city of Southampton.
10000000
120
Vehicle Provision – 5 to 8 passengers (plus driver)
2
The Council wishes to set up a DynaMic purchasing system (DPS) for the provision of a range of services to provide home to school transport within the city of Southampton. This includes provision of up to 4 seat vehicles, 5-8 seat and 9 seat and over vehicles with driver.
10000000
120
Vehicle Provision – 9 to 16 passengers (plus driver)
3
The Council wishes to set up a Dynamic purchasing system (DPS) for the provision of a range of services to provide home to school transport within the city of Southampton. This includes provision of up to 4 seat vehicles, 5-8 seat and 9 seat and over vehicles with driver.
5000000
120
2028-08-23
12:00
3
Southampton City Council
One Guildhall Square
Southampton
SO14 7FP
procurement@southampton.gov.uk
https://supplysouthampton.esourcingportal.com
Southampton City Council
One Guildhall Square
Southampton
SO14 7FP
procurement@southampton.gov.uk
https://supplysouthampton.esourcingportal.com
Southampton City Council
One Guildhall Square
Southampton
SO14 7FP
procurement@southampton.gov.uk
https://supplysouthampton.esourcingportal.com
2018-09-03 | 271 | 1,938 |
2018/251559-2018.xml | 2018/S 110-251559 | 12/06/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251559-2018:TEXT:FR:HTML | Resa SA
rue Louvrex 95
Liège
4000
Monsieur Jacques Neuville
+32 42201381
jacques.neuville@nethys.be
+32 42201390
www.resa.be
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=fr-FR
Resa SA
rue Louvrex 95
Liège
4000
Monsieur Jacques Neuville
+32 42201381
jacques.neuville@nethys.be
+32 42201390
www.resa.be
Eandis SCRL
0477.445.084
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Monsieur Jean-Pierre Ravijts
+32 292634730
jeanpierre.ravijts@eandis.be
+32 292634748
www.eandis.be
Électricité et gaz
Système de qualification - Pour les futurs marchés, l'utilisation par RESA du système de qualification EANDIS pour la fourniture et la livraison de robinets de compteurs de gaz (DN25 - DN 50)
2018064-F
Robinets de compteurs de gaz (DN 25 - DN 50).
Pour ses marchés publics, Resa consulte les fournisseurs qualifiés par Eandis. Si un opérateur économique désire être qualifié, il doit en marquer l'intérêt par écrit auprès d'Eandis (voir adresse supra). Un dossier de qualification est envoyé aux candidats dont la marque d'intérêt est recevable et dont la candidature n'a pas été rejetée sur base des informations déjà connues. Ce dossier est destiné à vérifier l'aptitude des candidats sur le plan organisationnel, commercial, financier technique et de niveau de services. Il est composé:
— des spécifications techniques décrivant les exigences à satisfaire pour les produits faisant l'objet du système de qualification,
— d'une description du système de qualification,
— d'un dossier d'identification (questionnaire à compléter par le candidat),
— d'un dossier technique de qualification à consulter par le candidat conformément aux spécifications techniques (modalité de qualification),
— des critères d'excl...(voir documents du marché).
Pour les candidats retenus à ce stade, la procédure se poursuit par la vérification de la conformité des types de produits proposés par le candidat aux spécifications techniques (ce qui peut parfois nécessiter la fabrication de prototypes) et une évaluation du système d'assurance qualité et les moyens de production lors d'un audit du site de fabrication. Lors de cette vérification, les rapports des essais de type sont soumis à un examen approfondi et des contre-essais peuvent être effectués (à effectuer par le candidat en présence d'un délégué de l'entité adjudicatrice).
Tribunal de première instance de Liège
place Saint-Lambert
Liège
4000
2018-06-07 | 338 | 2,409 |
2018/379354-2018.xml | 2018/S 166-379354 | 30/08/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379354-2018:TEXT:DE:HTML | EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Schelmenwasenstr. 15
Stuttgart
70567
+49 711-289-82838
v.helmschrott@enbw.com
www.enbw.com
www.enbw.com/lieferantenportal
www.tender24.de
Umspannstationen
EnBW_QS-2018-0017
Lieferung von begehbaren und nicht begehbaren fabrikfertigen Umspannstationen mit Störlichtbogenqualifikation nach DIN EN 62271-202. Die elektrotechnischen Komponenten Schaltanlage,Transformator und Niederspannungsverteilung werden u.a. vom Auftraggeber beigestellt. Weitere Leistungen sind Qualitätssicherung, Lagerung der Beistellungen und gefertigten Umspannstationen, Bestückungund Verkabelung der beigestellten Komponenten innerhalb der Umspannstation, der Transport sowie die anschlussfertige Aufstellung der Umspannstation in die vom Auftraggeber erstellte Baugrube. Die jeweiligen Aufstellungsorte befinden sich schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg (Deutschland).
Die Fragebögen müssen erneut neu ausgefüllt werden.
Der Auftraggeber führt ein 3-stufiges Verfahren (III.1.1) durch. Der Bewerber durchläuft die Stufen 1-3 in dervorgegebenen Reihenfolge. Der Auftraggeber kann den Bewerber auf Grund von fehlenden Eignungen in jederStufe ausschließen. Das Prüfungssystem wird in folgendes Gewerk eingeteilt: — Trafostation (270307). Bewerber können sich auf das Einzelne Gewerk bewerben. Die Eignung wird vom Auftraggeber jedochje Gewerk festgestellt. Hat der Bewerber den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt, wird der Bewerberaufgefordert diese Informationen in einer angemessenen Frist nachzureichen. Alle Kosten, die dem Bewerberdurch die Teilnahme an dem Verfahren entstehen, werden vom Auftraggeber nicht vergütet.
2015/S 240-436292
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
2018-08-28 | 255 | 2,184 |
2018/283208-2018.xml | 2018/S 124-283208 | 30/06/2018 | NLD | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283208-2018:TEXT:NL:HTML | Gemeente Lansingerland
60484792
Tobias Asserlaan 1
Bergschenhoek
2662 SB
Ellen Bots-Floors
+31 108004000
inkoop@lansingerland.nl
+31 108004001
http://www.lansingerland.nl
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5720e5acd8d41f0b01ddbf25d1519bc2
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5720e5acd8d41f0b01ddbf25d1519bc2
'Open house' huishoudelijke ondersteuning gemeente Lansingerland en gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lansingerland U17.14514 Pijnacker-Nootdorp 17662
De inkoop “open house” heeft uitsluitend betrekking op het verrichten van diensten en is een vervolg van de op TenderNed gepubliceerde aankondiging met TenderNed-kenmerk: 160214.
Het betreft hier diensten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, meer specifiek het uitvoeren van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden.
De gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp vormen zowel individueel als gezamenlijk de inkopende organisatie.
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen aan partijen die zich voor beide percelen hebben aangemeld: Zie voor specifieke voorwaarden over het aanmelden voor percelen, par. 2.1.6, van het aanmeldingsdocument.
Hulp bij het huishouden 1 (HH1)
1
Tarief voor HH1 is: 22,20 EUR
21
Hulp bij het Huishouden 2 (HH2)
2
Tarief voor HH2 is: 25,20 EUR
21
— Uitsluitingsgronden deel 3 A - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 B - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 C - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 D - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 E - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 F - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 G - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 H - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 I - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden deel 3 J - bijlage 2 aanmeldingsdocument,
— Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen deel 4 - bijlage 3 aanmeldingsdocument,
— Geschiktheidseisen deel 4 - bijlage 4 aanmeldingsdocument,
— Geschiktheidseisen deel 4 - bijlage 5 aanmeldingsdocument,
— Geschikthsiedseisen deel 4 - bijlage 6 aanmeldingsdocument
De looptijd van de overeenkomst is vanaf 1 april 2018 21 kalendermaanden en de uitloop in kalenderdagen voor wat betreft de laatste CAK periode van 2019 waarin de opdrachtnemer ook hulp bij het huishouden levert. Zij vangt aan op de datum dat opdrachtnemer een overeenkomst sluit met opdrachtgever, waarbij het leveren van hulp bij het huishouden een aanvang neemt bij de eerstvolgende startdatum...
Er is géén sprake van een openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing op deze procedure. Er is sprake van "open house".
2019-09-01
17:00
De Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing. Ook is geen sprake van een openbare procedure. TenderNed kan (nog) niet omgaan met het publiceren van zogenaamde "open house" procedures. Daar waar dus keuzes zijn gemaakt bij publicatie die verplicht zouden zijn op basis van de Aanbestedingswet 2012, maar die niet in lijn zijn met "open house", dient u deze keuzes te negeren.
Deze procedure is een vervolg op de procedure met TenderNed-kenmerk: 160214. In deze procedure zijn administratieve zaken aangepast zodat TenderNed beter gebruikt kan worden.
Het gaat in deze inkoopprocedure om een “open house” overeenkomst. De inkoop en de overeenkomst zien op een systeem van afspraken waarmee de opdrachtgever voornemens is diensten in het kader van de Jeugdwet op de markt aan te kopen door tijdens de gehele looptijd van dat systeem overeenkomsten te sluiten met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken diensten te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de opdrachtgever zelf geen selectie onder de belangstellende ondernemers maakt (“een gunning”) en hun toestaat tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan.
De opdrachtgever voert en organiseert deze procedure in overeenstemming met het beginsel van gelijkheid van behandeling van ondernemers en met de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting.
De opdrachtgever sluit dus een schriftelijke overeenkomst met elke ondernemer die voldoet aan en akkoord gaat met de voorwaarden in dit document. Individuele opdrachten verleent opdrachtgever op basis van die overeenkomst nadat een ander dan de opdrachtgever de betreffende opdrachtnemer uitkiest om een voorziening aan te bieden (Jeugdige die recht heeft op een voorziening, een verwijzer).
Meer informatie kunt u lezen in het gepubliceerde "Aanmeldingsdocument".
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100
Rotterdam
3072 AK
+31 883626000
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
+31 883626000
http://www.rechtspraak.nl
Inkoop Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
Bergschenhoek
2661 SB
+31 14010
inkoop@lansingerland.nl
+31 14010
http://www.lansingerland.nl
De mededeling van opdrachtgever van een beslissing tot toelating en sluiten overeenkomst houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van uw aanbod in de aanmelding. De opdrachtgever sluit niet eerder de overeenkomst op basis van zijn beslissing dan nadat een termijn van 10 werkdagen na verzending van de mededeling van die beslissing is verstreken. De mededeling bevat ten minste de gronden van de beslissing. Opdrachtgever verzendt de mededeling in ieder geval via Tenderned.
Ondernemers die het niet eens zijn met een aan hun gerichte beslissing tot (gedeeltelijke) toelating of afwijzing dienen binnen 10 werkdagen bezwaar aan te tekenen door middel van het betekenen door een deurwaarder van een dagvaardingin kort geding en aanbrengen daarvan. De termijn van 10 werkdagen wordt aangemerkt als vervaltermijn.
Een bezwaar schorst de beslissing tot toelating en afwijzing van andere ondernemers niet op. Opdrachtgever sluit overeenkomsten met ondernemers die zijn toegelaten na ommekomst van de genoemde termijn van 10 werkdagen.
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100
Rotterdam
3027 AK
+31 883626000
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
+31 883626000
http://www.rechtspraak.nl
2018-06-29 | 844 | 6,242 |
2018/251557-2018.xml | 2018/S 110-251557 | 12/06/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251557-2018:TEXT:FR:HTML | Resa SA
rue Louvrex 95
Liège
4000
Monsieur Jacques Neuville
+32 42201381
jacques.neuville@nethys.be
+32 42201390
www.resa.be
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=fr-FR
Resa SA
rue Louvrex 95
Liège
4000
Monsieur Jacques Neuville
+32 42201381
jacques.neuville@nethys.be
+32 42201390
www.resa.be
Eandis SCRL
0477.445.084
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Monsieur Jean-Pierre Ravijts
+32 292634730
jeanpierre.ravijts@eandis.be
+32 292634748
www.eandis.be
Électricité et gaz
Système de qualification - Pour les futurs marchés, l'utilisation par RESA du système de qualification Eandis pour la fourniture et la livraison de compteurs de gaz
2018063-F
Fourniture et livraison de compteurs de gaz.
Pour ses marchés publics, Resa consulte les fournisseurs qualifiés par Eandis. Si un opérateur économique désire être qualifié, il doit en marquer l'intérêt par écrit auprès d'Eandis (voir adresse supra).
Un dossier de qualification est envoyé aux candidats dont la marque d’intérêt est recevable et dont la candidature n’a pas été rejetée sur base des informations déjà connues. Ce dossier est destiné à vérifier l’aptitude des candidats sur le plan organisationnel, commercial, financier technique et de niveau de services. Il est composé:
— des spécifications techniques décrivant les exigences à satisfaire pour les produits faisant l’objet du système de qualification,
— d’une description du système de qualification,
— d’un dossier d’identification (questionnaire à compléter par le candidat),
— d’un dossier technique de qualification à consulter par le candidat conformément aux spécifications techniques (modalité de qualification...(voir documents du marché).
Pour les candidats retenus à ce stade, la procédure se poursuit par la vérification de la conformité des types de produits proposés par le candidat aux spécifications techniques (ce qui peut parfois nécessiter la fabrication de prototypes) et une évaluation du système d’assurance qualité et les moyens de production lors d’un audit du site de fabrication. Lors de cette vérification, les rapports des essais de type sont soumis à un examen approfondi et des contre-essais peuvent être effectués (à effectuer par le candidat en présence d’un délégué de l’entité adjudicatrice).
Tribunal de première instance de Liège
place Saint-Lambert
Liège
4000
2018-06-07 | 325 | 2,357 |
2018/83238-2018.xml | 2018/S 038-083238 | 23/02/2018 | FIN | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083238-2018:TEXT:FI:HTML | Kansaneläkelaitos
0246246-0
PL 450, Kela
Helsinki
00056
robotiikka.hankintapalvelut@kela.fi
http://www.kela.fi
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=175990&tpk=1b50aeed-bea5-441d-ba0f-911dddad7947
Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä
Kela 2/442/2018
Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinnoissa. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki hankinnasta kiinnostuneet ehdokkaat tai niiden muodostamat ryhmittymät voivat hakea osallistumista järjestelmään.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken kilpailutetaan Kelan ohjelmistorobotiikan hankintoja järjestelmän sisäisillä, erillisillä kilpailutuksilla. Kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.
Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ohjelmistorobotiikan hankinnat. Ohjelmistorobotiikka eli RPA on teknologia, jonka avulla automatisoidaan rutiiniprosesseja tietotyössä. Ohjelmistorobotti osaa käyttää toisten järjestelmien käyttöliittymiä samalla tavalla kuin ihmiset niitä käyttävät. Toiminta perustuu yleensä konfiguroituun standardoituun työnkulkuun, ja yksi ohjelmistorobotti voi tehdä yhden asian kerrallaan.
Kelan tavoitteena hankinnoissa on ensisijaisesti parantaa tuottavuutta, luoda kustannussäästöjä, parantaa asiakaspalvelun laatua ja saada vaikuttavuutta tehdylle työlle sekä löytää tapoja, joilla Kela voi tehostaa sisäistä toimintaansa uusien teknologisten ratkaisujen avulla. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin voi kuulua yksi tai useampi kohde. Hankinnoissa voidaan tilata Proof of Concept (PoC) ennen sitoutumista toimitukseen.
Lisäksi dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoituksena on lisätä Kelan tietoa erilaisista ohjelmistorobotiikan toimittajista, eri roboteista, robotiikkaratkaisuista, teknologioista ja tuotteista sekä niiden tuottamasta lisäarvosta Kelalle. RPA-teknologian suhteen Kela voi hankintakohtaisesti valita esim. on-premise-mallin, PaaS-mallin tai SaaS-mallin hankinnan kohteesta riippuen. Ratkaisun toteutuksen lisäksi hankintaan voivat sisältyä myös mm. lisenssit, ylläpito- ja tukipalvelut tai koulutuspalvelut.
Tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.
2018-03-29
2027-12-31
Kohdassa II.2.7 ilmoitettu alkamispäivä on Kelan arvio hankintavaiheen alkamispäivästä.
2027-12-31
00:00
Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää hankintailmoituksen julkaisemisesta. Perustamisvaiheessa ei tehdä hankintoja. Hankintavaiheeseen siirrytään perustamisvaiheen määräajan jälkeen. Siirtyminen hankintavaiheeseen tapahtuu Kelan arvion mukaan aikaisintaan 29.3.2018.
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
+358 295643300
markkinaoikeus@oikeus.fi
+358 295643314
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
2018-02-22 | 277 | 3,028 |
2018/19279-2018.xml | 2018/S 010-019279 | 16/01/2018 | FRA | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019279-2018:TEXT:FR:HTML | EDF SA — Agence achats hydraulique
55208131788740
30 rue Ambroise Croizat
Chambéry
73000
Olivier Bruel
+33 479265412
olivier.bruel@edf.fr
www.edf.fr
https://pha.edf.com
https://pha.edf.com
https://pha.edf.com
Système de qualification pour la fourniture de systèmes de câbles HTB 63 kV, 90 kV et 225 kV pour le groupe EDF et ses filiales
Les prestations comprennent notamment:
— la fourniture de câbles HTB et accessoires associés (extrémités de câbles intérieures et extérieures, jonctions, parafoudres de gaine, câbles de terre, accessoires de fixation de câble sur les supports,…),
— la confection et la pose des extrémités intérieures et extérieures,
— le raccordement des écrans à la terre,
— les essais de gaine.
Les niveaux de tension concernés sont les suivants:
— segment 1 : 63 kV,
— segment 2 : 90 kV,
— segment 3 : 225 kV.
Le présent avis reconduit l'avis de système de qualification publié sous la référence 2016/S 250-461557 le 28.12.2016.
Les fournisseurs déjà qualifiés sur le précédent système de qualification ou en cours de qualification n'ont pas à manifester leur intérêt au titre du présent avis sous réserve de la fourniture d'une copie de la certification justifiant la condition n) définie au chapitre III.1.9).
Le fournisseur devra remplir des conditions portant notamment sur les points suivants:
a) les activités;
b) les données financières;
c) les capacités;
d) les références;
e) la démarche qualité;
f) la sécurité;
g) l'environnement;
h) la politique sociale et éthique;
i) la maîtrise de la sous-traitance;
j) l'exploitation du retour d'expérience.
En particulier:
k) le fournisseur devra avoir un système d'assurance qualité basé sur la norme NF EN ISO 9001 ou un système équivalent;
l) la langue française sera utilisée pour tous les échanges techniques et commerciaux;
m) le chef de chantier ou à minima un monteur sera apte à communiquer en langue française avec les équipes du groupe EDF ou de ses filiales;
n) le fournisseur devra posséder un système de management intégré santé sécurité environnement au 1.1.2018 délivrée par un organisme tels que VCA; SCC; MASE; OHSAS 18001 ou autres organismes établis dans un des états membres de l'union européenne et donnant des garanties équivalentes (obligation s'adressant à minima à toutes les entreprises de plus de 5 salariés et faisant un CA annuel supérieur à 50 kEUR et ne concerne que les prestations avec intervention sur site EDF)
Les conditions seront vérifiées sur la base de l'analyse des réponses aux questions posées par le groupe EDF ou ses filiales, des documents transmis par les fournisseurs et des éventuels éléments dont le groupe EDF ou ses filiales disposent déjà. D'autre part, si besoin, lesdites conditions pourront également être vérifiées sur la base d'audits et d'essais. Le candidat fournira un dossier complet permettant l'appréciation et la justification des capacités techniques listées ci-après.
1) le candidat devra justifier, pour chaque segment, de sa capacité à fournir des câbles et accessoires d'un niveau de tension supérieur ou égal à la tension du segment.
Le candidat devra fournir, pour les câbles de chaque segment, les certificats d'essais ci-dessous conformes à la norme NFC 33-254:
— certificat d'essais de préqualification,
— certificat d'essais individuels,
— certificat d'essais de type.
Le candidat devra fournir également une liste de références, ou tout autre élément pertinent qui en permette l'appréciation par le groupe EDF ou ses filiales, qui précise:
— le niveau de tension,
— la longueur de câble,
— la nature et la section du conducteur,
— le nombre et le type d'accessoires,
— les coordonnées du client,
— la date et le lieu de fourniture.
2) le candidat devra justifier, par année sur les trois dernières années, de sa capacité à fournir, monter et mettre en service des liaisons en câble souterrain HTB à isolation synthétique XLPE sur une longueur de plus de 60 km.
Le candidat devra fournir tout élément pertinent permettant l'appréciation de cette capacité par le groupe EDF ou ses filiales.
3) le candidat devra justifier, pour chaque segment sur les 5 dernières années, de sa capacité à fournir, monter et mettre en service une liaison en câble souterrain à isolation synthétique XLPE sur une longueur de plus de 8 km.
Le candidat devra fournir tout élément pertinent permettant l'appréciation de cette capacité par le groupe EDF ou ses filiales.
4) le candidat devra justifier de sa capacité, en moins d'une semaine en cas d'avarie survenant dans la période de garantie, à fournir les câbles et ses accessoires ainsi qu'à monter les accessoires.
Le candidat devra fournir une attestation sur l'honneur.
2016/S 250-461557
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris Cedex 01
75055
+33 144325151
http://www.ca-paris.justice.fr
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris Cedex 01
75055
+33 144325151
http://www.ca-paris.justice.fr
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris Cedex 01
75055
+33 144325151
http://www.ca-paris.justice.fr
2018-01-12 | 797 | 5,098 |
2018/222228-2018.xml | 2018/S 097-222228 | 24/05/2018 | DEU | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222228-2018:TEXT:DE:HTML | EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher Allee 93
Karlsruhe
76131
+49 7216323588
B.Graebel@EnBW.com
www.enbw.com
Netze BW GmbH
Stuttgart
70567
b.graebel@enbw.com
www.netze-bw.de
EnBW Ostwürttemberg DonausRies AG
Ellwangen
73479
b.graebel@enbw.com
www.odr.de
Energiedienst AG
Laufenburg
79720
b.graebel@enbw.com
www.energiedienst.de
Stadtwerke Düsseldorf AG
Düsseldorf
40233
b.graebel@enbw.com
www.swd-ag.de
EnergieNetz Mitte GmbH
Kassel
34131
b.graebel@enbw.com
www.energienetz-mitte.de
Messgeräte Strom (Zähler, Gateway, Steuerboxen, usw.)
Stromzähler EDL (Dreipunkt, Stecktechnik) nach FNN Lastenheft.
Moderne Messeinrichtung, Basiszähler (Dreipunkt, Stecktechnik).
Smart Meter Gateway, Steuerboxen und sonstiges Messgerätezubehör (Kommunikationsadapter, Atennen, usw.) nach FNN, DKE, usw. Lastenheft/ Normen in aktueller Version.
Der Auftraggeber führt ein 3-stufiges Verfahren im Rahmen eines Präqualifizierungssystems durch. Der Bewerber durchläuft die Stufen 1-3 in der vorgegebenen Reihenfolge.
Der Auftraggeber überprüft die Angaben, die mit dem Fragebogen übermittelt werden.
Der Auftraggeber kann den Bewerber auf Grund von fehlenden Eignungen in jeder Stufe ausschließen.
Die Fragebögen sind bei der oben genannten Kontaktstelle per E-Mail anzufordern, mit der Nennung der Bekanntmachungsnummer. (b.graebel@enbw.com).
Alle Kosten die dem Bewerber durch die Teilnahme an dem Verfahren entstehen, werden vom Auftraggeber nicht vergütet.
Es müssen sich alle neu qualifizieren, die alten Qualifizierungssysteme werden hiermit aufgehoben (2016/S 122-218673 und 2017/S 064-121069).
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Vergabekammer Baden-Württemberg
Kapellenstraße 17
Karlsruhe
76131
+49 721 / 926-4049
+49 721 / 926-3985
2018-05-23 | 256 | 2,146 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.